Eurosportello Veneto Eurosportello Veneto - Tender

Transkrypt

Eurosportello Veneto Eurosportello Veneto - Tender
Results of Opportunities Data Search
Page 1 of 173
Eurosportello Veneto - Tender Monitoring
Contracts and Tenders For: Marcello Fantini
Distretto Venetoclima
From: 22/04/2011 - 23/04/2011
Number of Document:
128979
130598
130652
Title of Document:
D-Nördlingen: hVAC packages
D-Ulm: heating, ventilation and air-conditioning installation work
D-Nördlingen: hVAC packages
Type of Document:
2 - Additional information
2 - Additional information
2 - Additional information
130698
130749
128932
D-Fürth: heating, ventilation and air-conditioning installation work
F-Rouen: commissioning of heating installations
PL-Chełm: computer equipment and supplies
2 - Additional information
2 - Additional information
2 - Additional information
129767
129654
129671
AT-Vienna: heating, ventilation and air-conditioning installation work
D-Erfurt: HVAC packages
D-Ludwigshafen: ventilation and air-conditioning installation work
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
129697
129700
129728
D-Hofheim: ventilation installation work
D-Frankfurt-on-Main: central-heating installation work
D-Leipzig: central-heating installation work
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
129740
131440
129692
129694
D-Lutherstadt Wittenberg: plumbing and sanitary works
D-Hofheim: central-heating equipment
F-Veynes: construction work for buildings relating to health
F-Amiens: building construction work
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
129739
130160
131488
F-Rouen: construction work
F-Lucé: commissioning of heating installations
F-Pont-à-Mousson: road construction works
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
131489
131528
131695
F-Strasbourg: demolition work
F-Marcq-en-Barœul: air-conditioning installations
F-Sancé: instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
131971
132002
132090
F-Talange: commissioning of heating installations
F-Strasbourg: commissioning of heating installations
F-Nantes: heating works
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
132101
129707
130353
F-Villefranche-de-Rouergue: commissioning of heating installations
PL-Wągrowiec: waste disposal site construction work
SE-Skellefteå: plumbing and sanitary works
3 - Contract notice
3 - Contract notice
3 - Contract notice
130354
132029
SE-Skellefteå: electrical installation work
SE-Finspång: heat-recovery systems
3 - Contract notice
3 - Contract notice
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 2 of 173
TOP NEXT
Title of Document:
D-Nördlingen: hVAC packages
Awarding Authority:
STADTWERKE NÖRDLINGEN
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
128979
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
365026-2010
Deadline For Specifications:
22/12/2010
Deadline for Tender / Participation
Requests:
17/02/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
2 - Additional information
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
42512300
CPV Product Name:
HVAC packages
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
Region Name:
Town:
NÖRDLINGEN
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original Text:
Translate!
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 3 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Ulm: heating, ventilation and airair-conditioning
installation work
Awarding Authority:
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, VERTRETEN DURCH
DAS BMVG, DIESES VERTRETEN DURCH DIE
OBERFINANZDIREKTION KARLSRUHE - BUNDESBAU BW,
DIESE VERTRETEN DURCH DAS STAATLICHE HOCHBAUAMT
ULM
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
130598
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
123503-2011
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
04/08/2010
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
2 - Additional information
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
1 - Ministry or any other national or federal authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
8 - Not defined
CPV Product Code:
45331000
CPV Product Name:
Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
DE144
Region Name:
Ulm
Town:
ULM
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original Text:
Translate!
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 4 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Nördlingen: hVAC packages
Awarding Authority:
STADTWERKE NÖRDLINGEN
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
130652
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
365028-2010
Deadline For Specifications:
22/12/2010
Deadline for Tender / Participation
Requests:
17/02/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
2 - Additional information
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
42512300
CPV Product Name:
HVAC packages
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
Region Name:
Town:
NÖRDLINGEN
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original Text:
Translate!
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 5 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Fürth: heating, ventilation and airair-conditioning
installation work
Awarding Authority:
INFRA FÜRTH GMBH
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
130698
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
85738-2011
Deadline For Specifications:
08/04/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
11/04/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
2 - Additional information
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
4 - Negotiated procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
4 - Utilities
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45331000
CPV Product Name:
Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
Region Name:
Town:
FÜRTH
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original Text:
Translate!
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 6 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Rouen: commissioning of heating installations
Awarding Authority:
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINESEINE-MARITIME
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
130749
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
75691-2011
Deadline For Specifications:
27/04/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
04/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
2 - Additional information
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
50721000
CPV Product Name:
Commissioning of heating installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
Region Name:
Town:
ROUEN
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original Text:
Translate!
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 7 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
PLPL-Cheł
Chełm: computer equipment and supplies
Awarding Authority:
POWIAT CHEŁ
CHEŁMSKI
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
128932
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
360274-2010
Deadline For Specifications:
14/01/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
14/01/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
2 - Additional information
Nature of Contract:
2 - Supply contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
6 - Body governed by public law
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
1 - Lowest price
CPV Product Code:
30200000 48000000 32400000 32500000 45300000 45310000 45400000
45314000 45311100 45312200 45312100 45315700 45314310 45232300
45331221 45314320
CPV Product Name:
Computer equipment and supplies Software package and information
systems Networks Telecommunications equipment and supplies Building
installation work Electrical installation work Building completion work
Installation of telecommunications equipment Electrical wiring work Burglaralarm system installation work Fire-alarm system installation work
Switching station installation work Installation of cable laying Construction
and ancillary works for telephone and communication lines Partial airconditioning installation work Installation of computer cabling
Country Code:
PL
Original Language:
PL
Regional Codes:
PL312
Region Name:
Chełmsko-zamojski
Town:
CHEŁM
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original Text:
Translate!
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 8 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
ATAT-Vienna: heating, ventilation and airairconditioning installation work
Awarding Authority:
OM TEAM W4
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129767
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
300689-2010
Deadline For Specifications:
10/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
16/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45331000
CPV Product Name:
Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
AT
Original Language:
DE
Regional Codes:
AT130
Region Name:
Wien
Town:
VIENNA
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
OM Team W4
Wiedner Hauptstraße 7
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 9 of 173
Kontakt: Bundesimmobiliengesellschaft mbH, OM Team Wien 4 z. H. Herrn Ing. Christian Krottendorfer
1040 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 50244-4483
E-Mail: [email protected]
Fax +43 50244-4507
Weitere Auskünfte erteilen: ARGE der Architekten
Hiesmayr-Gallister-Kratochwil
Eroicagasse 30
1190 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 13180500
E-Mail: [email protected]
Fax +43 13705013
Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: auftrag.at
ausschreibungsservice GmbH & Co.KG
Wiedner Gürtel 10
Kontakt: Helpdesk
1040 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 17982525
E-Mail: [email protected]
Fax +43 120699710
Internet: www.auftrag.at
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bundesimmobiliengesellschaft mbH / EG / Zi 1.05 Zugang über Zi 1.08Hintere Zollamtsstraße 1
1031 Wien
ÖSTERREICH
Tel. +43 50244-0
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Sonstiges
Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H.
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Sonstiges Immobilienbewirtschaftung
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 10 of 173
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber 1060 Wien, Getreidemarkt 9, TU Wien Generalsanierung Bauteil BI/BK, Kühlwassernachrüstung.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
Hauptausführungsort 1060 Wien, Getreidemarkt 9 TU - Wien.
NUTS-Code AT130
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens KS Installation für die
Generalsanierung von 1 Institutgebäude für die Technische Universität Wien.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331000
II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein
II.1.8) Aufteilung in Lose
Nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Sanitär / Kälteinstallation (Kühlwassernachrüstung) im Gebäude BI/BK in den Laborbereichen.
II.2.2) Optionen
Nein
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn:
1.7.2011. Ende: 30.9.2011
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Kaution und Deckungsrücklass 7 % der Auftragssumme, Haftrücklass 3 % der Schlussrechnungssumme
- siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Siehe Ausschreibungsunterlagen.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 11 of 173
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGesamtschuldnerisch
haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter.
Bietergemeinschaften haben die Erklärung abzugeben, dass sie im Auftragsfall die Leistung als
Arbeitsgemeinschaft erbringen siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung JaAuf das Erfordernis einer
Anerkennung oder Gleichhaltung bzw. einer Dienstleistungsanzeige für die Erbringung
derausschreibungsgegenständlichen Leistung gemäß den §§ 373a ff GewO 1994 in der geltenden
Fassung wird ausdrücklich hingewiesen.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Siehe Ausschreibungsunterlagen.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Siehe
Ausschreibungsunterlagen.
III.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein
III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE III.3.1) Die Erbringung der
Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Nein
III.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben,
die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen Nein
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum
wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 90.114/222-OM.W4/11
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2010/S 197-300689 vom 9.11.2010 Sonstige frühere
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 12 of 173
Bekanntmachungen
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 235-336472 vom 9.12.2009 IV.3.3) Bedingungen für den
Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 10.5.2011 - 12:00
Die Unterlagen sind kostenpflichtig
Zahlungsbedingungen und -weise: Die Unterlagen können über die Homepage (www.big.at) kostenlos
heruntergeladen werden. Die Anforderung in Hardcopy (Papierform) ist gegen Verrechnung der Herstellund Versandkosten über auftrag.at, Wiedner Gürtel 10, 1040 Wien, möglich (E-mail: [email protected] Tel.: +43 17982525 Hr. Fenz und Fr.
Frye-Brauner).
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte von 8:00-15:30 Uhr an Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H.
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 16.5.2011 - 11:30
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16.5.2011 - 11:30
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD
Nein
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN
Nationale Erkennungsnummer: [L-489067-1421].
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Bundesvergabeamt
Praterstraße 31
1020 Wien
ÖSTERREICH
E-Mail: [email protected]
Tel. +43 121377-240
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 13 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Erfurt: HVAC packages
Awarding Authority:
LANDESHAUPTSTADT ERFURT, STADTVERWALTUNG,
STADTKÄMMEREISTADTKÄMMEREI-VERDINGUNGSSTELLE
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129654
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
79922-2010
Deadline For Specifications:
20/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
26/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
1 - Lowest price
CPV Product Code:
42512300
CPV Product Name:
HVAC packages
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
Region Name:
Town:
ERFURT
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle Fischmarkt 1
z. H. Frau Jauch
99084 Erfurt
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 14 of 173
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3616551282
E-Mail: [email protected]
Fax +49 3616551289
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers www.erfurt.de
Weitere Auskünfte erteilen: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Amt für Grundstücks- und
Gebäudeverwaltung
Löberwallgraben 19
z. H. Herrn Braun
99096 Erfurt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3616553664
Fax +49 3616553669
Internet: www.erfurt.de
Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei:
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
Fischmarkt 1
z. H. Frau Böhm
99084 Erfurt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3616551283
E-Mail: [email protected]
Fax +49 3616551289
Internet: www.erfurt.de/ausschreibungen
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung,
Stadtkämmerei-Verdingungsstelle
Fischmarkt 1
z. H. Frau Böhm
99084 Erfurt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3616551283
E-Mail: [email protected]
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 15 of 173
Fax +49 3616551289
Internet: www.erfurt.de/ausschreibungen
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder
Lokalbehörde
Allgemeine öffentliche Verwaltung
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Neubau Gefahrenabwehrzentrum
Süd/Feuerwache II Erfurt, Wilhelm-Wolff-Straße 2, 99099 Erfurt, DEUTSCHLAND.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
Hauptausführungsort Erfurt.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Neubau Gefahrenabwehrzentrum
Süd/Feuerwache II Erfurt, Wilhelm-Wolff-Straße 2, 99099 Erfurt, DEUTSCHLAND - Los 011: Sanitär-,
Heizungs-, Lüftungsinstallation, MSR-Technik.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 42512300
II.1.8) Aufteilung in Lose
Nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Sanitärtechnik.
— 95 Stück Einrichtungsgegenstände mit Montageelementen und Accessoires, — 1 125 m
Abwasserleitung als PE- Kunststoffrohr DN 50-150, — 1 680 m Edelstahlstahlrohr /
Mehrschichtverbundrohr / PE- Rohr DN 15-80, — 110 Stück Armaturen,
— 1 Stück Druckluftanlage mit Kompressor, Druckbehälter, Kältetrockner, Aufbereitung,
Druckhaltesystem, 300 m Rohrleitungssystem mit Abnehmeranschlüssen.
Heizungstechnik.
1 Stück Wärmeübertragerstation 250 kW mit Druckhaltung 1 Stück Warmwasserbereiter mit
Solarthermischer Anlage 1 Stück Kombinierter Heizungsverteiler mit 6 Heizkreisen 10 Stück
Drehzahlgeregelte Pumpen, 160 Stück Armaturen 3 700 m Stahlrohr / Präzisionsstahlrohr DN 15-50
130 Stück Heizkörper, 11 Stück Deckenumluftheizer
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 16 of 173
Lüftungstechnik.
— 4 RLT Anlagen 1 200 - 4 600 m³/h,
— ca. 500 m² Kanalnetz,
— ca. 70 Luftdurchlässe,
— ca. 20 Brandschutzklappen,
— Abgasabsaugung mit Rohrnetz für 27 Fahrzeugstellplätze, — Küchenabluft.
MSR-Technik.
— 5 BACnet Automationsstationen mit insgesamt 400 Datenpunkten, — 135 Feldgeräte,
— 11 000 m Kabel und Leitungen,
— Webvisualiserung.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn:
19.9.2011. Ende: 31.12.2012
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragshöhe.
Mängelanspruchsbürgschaft in Höhe von 3 % der Summe der Schlussrechnung.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß VOB/B.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit folgende Angaben bzw. Nachweise auf Verlangen vorzulegen: Nachweis über Eintragung
in der Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- u. Handelskammer seines
Wohnsitzes. Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft, Bieter die nicht ihren Sitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen
Versicherungsträger vorzulegen.
Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes vorzulegen.
Unbedenklichkeits-Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes. Ob ein Insolvenzverfahren
oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist
oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde.
Ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Dass nachweislich keine schwere Verfehlung
begangen wurde,die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt. Dass die Verpflichtung zur Zahlung
von Steuern u. Abgaben sowie die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt
wurde. Dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 17 of 173
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Auf Verlangen vorzulegen: Umsatz der letzten 3
Geschäftsjahre im Bezug auf vergleichbare Leistungen, unter Einfluss des Anteils der gemeinsam mit
anderen Unternehmen ausgeführten Aufträge.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Auf Verlangen vorzulegen: Referenzen über die Ausführung von Leistungen der letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Auflistung in
einer Referenzliste mit Anschrift, Tel.-Nr. und Ansprechpartner), Zahl der in den letzten 3
abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte (Anzahl
u.Qualifizierung) sowie das für die Leitung und Aufsicht zur verfügung stehende Personal sowie die dem
Unternehmen für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehenden technischen
Ausrüstung.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber ÖAB 280/11-23
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2010/S 054-079922 vom 18.3.2010 IV.3.3) Bedingungen für den
Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 20.5.2011
Die Unterlagen sind kostenpflichtig
Preis 146,00 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsbedingungen und -weise: Konto der Stadtverwaltung Erfurt,
Konto-Nr. 390 9999,
Hypo Vereinsbank Erfurt, BLZ 820 200 86,
Unter Angabe des Kassenzeichens 49.00244.7 einzuzahlen.
Bewerber aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft können unter Angabe der IBAN
DE51.
8202 0086 0003 9099 99 sowie dem BIC HYVEDEMM498 überweisen. Sie sind nicht
rückerstattungspflichtig.
Die Ausschreibungsunterlagen können bei der unter Anhang A, Pkt. II genannten Stelle abgefordert
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 18 of 173
werden. Die Unterlagen werden erst nach Vorliegen des Einzahlungsbeleges versandt!
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 26.5.2011 - 11:15
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 3.8.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26.5.2011 - 11:15
Ort
Erfurt.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren Bevollmächtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 - Vergabekammer,
Vergabeangelegenheiten
Weimarplatz 4
99423 Weimar
DEUTSCHLAND
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gem. § 107 Abs. 3 Nr. 1-4 GWB
ist der Antrag unzulässig, soweit.
1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und
gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat,
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht
spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen
zu wollen, vergangen sind.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind
Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei, Verdingungsstelle Fischmarkt 1
99084 Erfurt
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 19 of 173
DEUTSCHLAND
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
18.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 20 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Ludwigshafen: ventilation and airair-conditioning
installation work
Awarding Authority:
STADTVERWALTUNG LUDWIGSHAFEN AM RHEIN
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129671
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
12/07/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
12/07/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45331200
CPV Product Name:
Ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
Region Name:
Town:
LUDWIGSHAFEN
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein
Rathausplatz 20
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 21 of 173
z. H. Herrn Lodderstedt
67059 Ludwigshafen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6215044647
E-Mail: [email protected]
Fax +49 6215044607
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers www.ludwigshafen.de Weitere Auskünfte erteilen: Halter, Ingenieurbüro
für Gebäudetechnik Erlenstr. 12
z. H. Herrn Halter
67166 Otterstadt
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6232-34092
E-Mail: [email protected]
Fax +49 6232-41544
Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Stadtverwaltung
Ludwigshafen am Rhein
Rathausplatz 20
Kontakt: Submissionsstelle
z. H. Frau Egner
67059 Ludwigshafen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6215043100
E-Mail: [email protected]
Fax +49 6215043778
Internet: www.ludwigshafen.de
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein
Rathausplatz 20
z. H. Frau Egner
67059 Ludwigshafen
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6215043100
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 22 of 173
E-Mail: [email protected]
Fax +49 6215043778
Internet: www.ludwigshafen.de
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder
Lokalbehörde
Allgemeine öffentliche Verwaltung
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Energetische Komplettsanierung der Erich
Kästner Schule, Raumlufttechnische Anlagen nach VOB Teil C DIN 18379.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Hauptausführungsort 67059 Ludwigshafen am Rhein.
Bahnhofstr. 52, DEUTSCHLAND.
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Energetische Komplettsanierung
der Erich Kästner Schule.
Neubau einer Raumlufttechnische Anlage für Teilbereiche der Schule.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331200
II.1.8) Aufteilung in Lose
Nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Ja
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Neubau von Raumlufttechnischen Anlagen mit:
1 Sück Zu- und Abluftgerät 35 000 m³/h
1 Stück Zu- und Abluftgerät 1 500 m³/h
3 Stück Ventilatoren 1 800 m³/h
2 Stück Lüftungstürme 35 000 m³/h
3 700 m² Lüftungskanaäle
180 Stück Schalldämpfer
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 23 of 173
100 Stück Brandschutzklappen
120 Stück Volumenstromregler
340 Stück Schlitzauslässe
ohne MwSt. 980 000,00 EUR
II.2.2) Optionen
Nein
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn:
29.9.2011. Ende: 5.10.2012
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Gemäß Leistungsverzeichnis.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß Leistungsverzeichnis.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGemäß
Leistungsverzeichnis.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Geforderte Nachweise.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Geforderte Nachweise.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Geforderte Nachweise.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Wirtschaftlich günstigstes Angebot die nachstehenden Kriterien 1. Fachkunde. Gewichtung 302. Preis.
Gewichtung 30
3. Leistungsfähigkeit. Gewichtung 20
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 24 of 173
4. Zuverlässigkeit. Gewichtung 10
5. Gesetzestreue. Gewichtung 10
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 2011/108
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 12.7.2011 - 10:00
Die Unterlagen sind kostenpflichtig
Preis 78,00 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck.
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 12.7.2011 - 10:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 31.8.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12.7.2011 - 10:00
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Vergabekammer Rheinland Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr,
Landwirtschaft und Weinbau
Stiftstrasse 9
55116 Mainz
DEUTSCHLAND
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Willi-Brand-Platz 3
54290 Trier
DEUTSCHLAND
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 25 of 173
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
19.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 26 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Hofheim: ventilation installation work
Awarding Authority:
DER KREISAUSSCHUSS DES MAINMAIN-TAUNUSTAUNUS-KREISES, AMT
FÜR SCHULBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129697
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
31/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
08/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45331210 42500000 42512300 45331000 45331200
CPV Product Name:
Ventilation installation work Cooling and ventilation equipment HVAC
packages Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
DE71A
Region Name:
Main-Taunus-Kreis
Town:
HOFHEIM
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Der Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft
Am Kreishaus 1-5
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 27 of 173
z. H. Adrian Rostek
65719 Hofheim
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6192201-1785
E-Mail: [email protected]
Fax +49 6192201-1720
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers http://www.mtk.org
Adresse des Beschafferprofils http://www.mtk.org
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und
ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge
sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder
Lokalbehörde
Allgemeine öffentliche Verwaltung
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Abbruch, Erweiterung, Sanierung GrafStauffenberg-Gymnasium, Flörsheim; Raumlufttechnik, Bauabschnitt 1 + 2.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
Hauptausführungsort Bürgermeister-Lauck-Straße 24, 65439 Flörsheim, DEUTSCHLAND.
NUTS-Code DE71A
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Raumlufttechnik 1 + 2 Bauabschnitt
(Lüftung).
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331210, 42500000, 42512300, 45331000,
45331200
II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein
II.1.8) Aufteilung in Lose
Ja
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 28 of 173
sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden für alle Lose II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind
zulässig: Nein
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Raumlufttechnik Bauabschnitt 1.
— Lüftunghsgerät einschl. Zubehör: 17 000 m3/h,
— Dachventilatoren: 2 Stck (versch. Leistungen 400 - 8.100 m3/h), — Volumenstromregler für
Kanaleinbau: 35 Stck,
— Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 800 m2, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN
400, 320 m, — Brandschutzklappen, 10 Stck,
— Alle RLT-Komponenten einschl. erforderlicher MSR-Technik, 10 Stck.
Raumlufttechnik Bauabschnitt 2:
— Lüftungsgerät als Deckengerät flache Bauart: 8 000 m3/h, — Lüftungsgerät einschl. Zubehör: 16 000
m3/h,
— Dachventilator 500 - 1 000 m3/h,
— Volumenstromregler für Kanaleinbau: 40 Stck,
— Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 900 qm, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN
400: 280 m, — Brandschutzklappen: 12 Stck,
-.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn:
8.8.2011. Ende: 2.12.2011
ANGABEN ZU DEN LOSEN
LOS-Nr.: 1
BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 1
1) KURZE BESCHREIBUNG
Raumlufttechnik (Lüftung) Bauabschnitt 1.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 45331210, 42500000,
42512300, 45331000, 45331200
3) MENGE ODER UMFANG
Raumlufttechnik Bauabschnitt 1.
— Lüftunghsgerät einschl. Zubehör: 17 000 m3/h,
— Dachventilatoren: 2 Stck (versch. Leistungen 400 - 8 100 m3/h), — Volumenstromregler für
Kanaleinbau: 35 Stck,
— Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 800 m2, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN
400, 320 m, — Brandschutzklappen, 10 Stck,
— Alle RLT-Komponenten einschl. erforderlicher MSR-Technik, 10 Stck.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 29 of 173
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 8.8.2011. Ende: 2.12.2011
LOS-Nr.: 2
BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 2
1) KURZE BESCHREIBUNG
Raumlufttechnik (Lüftung) Bauabschnitt 2.
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 45331210, 42500000,
42512300, 45331000, 45331200
3) MENGE ODER UMFANG
Raumlufttechnik Bauabschnitt 2:
— Lüftungsgerät als Deckengerät flache Bauart: 8 000 m3/h, — Lüftungsgerät einschl. Zubehör: 16.000
m3/h,
— Dachventilator 500 - 1000 m3/h,
— Volumenstromregler für Kanaleinbau: 40 Stck,
— Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 900 qm, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN
400: 280 m, — Brandschutzklappen: 12 Stck,
-.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 16.1.2012. Ende: 1.6.2012
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (sofern die Auftragssumme
mindestens 250 000,-- EUR ohne Umsatzsteuer beträgt). Sicherheit für Mängelansprüche 3 % der
Abrechnungssumme.
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):
Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die
Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder
durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt,
Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Nach Abnahme und Erfüllung
aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann der Auftragnehmer verlangen,
dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird. Art der
Sicherheit:
Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder
Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal von
ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte
Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit
durch Bürgschaft zu leisten.
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft: Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 30 of 173
Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu
verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt 421, - die Mängelansprüche das Formblatt
422, - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das
Formblatt 423.
Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der
Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungs-wesen zugelassenen
Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende
Erklärung des Bürgen: — "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische
Bürgschaft nach deutschem Recht,
— Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770,
771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder
rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners, — Die Bürgschaft ist unbefristet; sie
erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde,
— Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend,
— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.".
Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde
über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die
Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird
zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß § 16 VOB/B. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Bei
Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die
Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen
schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
Überzahlungen: Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich
der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der
Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14
Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit
seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz
des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem
Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben,
— in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
— in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte
Vertreter bezeichnet ist, — dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber
rechtsverbindlich vertritt,
— dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 31 of 173
Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise
(u.a. HPQR / Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.,
Präqualifikationsverzeichnis / oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte
Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen.
Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik
"Ausschreibungen" zum download eingestellt.
URL:
http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010
(1).pdf.
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen.
Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige
Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. Ab einer Auftragssumme von
30 000 ? wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen
Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.
Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter
Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR / Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis / oder andere gleichwertige Präqualifizierungen)
geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot
das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die
Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik „Ausschreibungen“ zum download
eingestellt.
URL:
http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010
(1).pdf.
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres
Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Der
Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR / Eintragung in die
Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis / oder andere
gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum
Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung)
vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der
Rubrik „Ausschreibungen“ zum download eingestellt.
URL:
http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010
(1).pdf.
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres
Herkunftslandes vorzulegen.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 32 of 173
Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu
bedienen, muss er Art und Umfang der dafür vorgesehenen Leistungsbereiche in seinem Angebot
bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen
Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von
dieser bestimmten Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende
Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.
Ist der Einsatz anderer Unternehmen beabsichtigt, ist auf Verlangen der Vergabestelle von jedem
benannten Unternehmen das Formblatt 236EG (Verpflichtungserklärung) vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber GSG-08/2011
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 31.5.2011 - 00:00
Die Unterlagen sind kostenpflichtig
Preis 25 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungscheck unter Angabe des Kassenzeichens: 11 - 018.
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 8.6.2011 - 13:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 11.7.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 8.6.2011 - 13:00
Ort
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 33 of 173
Main-Taunus-Kreis, Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim, Raum 3.101, DEUTSCHLAND.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren Bevollmächtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD
Nein
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN
Nachr. V-Nr/AKZ: GSG-08/2011 nachr. HAD-Ref.: 2812/71 nachr. V-Nr/AKZ: GSG-08/2011.
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2 64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax +49 6151125816 (normale Dienstzeiten); +49 6151126834 (00:00 bis 24:00 Uhr)
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf das Vergabeverfahren findet
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Anwendung. Zuständig für die Nachprüfung von
Vergabeverfahren ist die Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
(Kontaktdaten unter VI.4.1). Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§
107 Abs. 1 GWB). Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine
Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht (§ 107 Abs. 2 GWB). Der Antrag
ist jedoch nach § 107 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen
Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber, dem Kreisausschuss
Main-Taunus-Kreis, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Kontaktdaten unter I.1) nicht unverzüglich
gerügt hat (§ 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB);
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 2 GWB); 3. Verstöße gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf
der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB); 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
GWB).
Ergeht demnach eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter
wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15
Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag
unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB). !!! Unverzüglich im Sinne von § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB wird eine
Rüge nur dann erhoben, wenn sie spätestens acht Kalendertage nach Kenntnis des
Vergaberechtsverstoßes bei der Vergabestelle eingeht. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§
107 Abs. 3 Nr. 1 GWB) !!!
Die Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 107 Abs. 3 GWB sind zwingend zu
beachten.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 34 of 173
Der Vertragsschluss ist 15 Kalendertage nach Absendung der Vorinformation an unterlegene Bieter nach §
101a Abs. 1 GWB möglich. Wird die Vorabinformation nach § 101a GWB Abs. 1 per Fax oder auf
elektronischem Wege versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tage nach
der Absendung der Information durch den Auftraggeber.
Gemäß § 101b Abs. 1 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber:1. gegen §
101a verstoßen hat (§ 101b Abs. 1 Nr. 1 GWB) oder 2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein
Unternehmen erteilt, ohne andere Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2
festgestellt worden ist (§ 101b Abs. 1 Nr. 2 GWB).
Die Unwirksamkeit nach § 101b Abs. 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren
innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als sechs Monate nach
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europäischen Union (§ 101b Abs. 2 GWB).
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
20.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 35 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-FrankfurtFrankfurt-onon-Main: centralcentral-heating installation
work
Awarding Authority:
STADT FRANKFURT AM MAIN, HOCHBAUAMT
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129700
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
09/06/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
09/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
1 - Lowest price
CPV Product Code:
45331100
CPV Product Name:
Central-heating installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
DE712
Region Name:
Frankfurt am Main
Town:
FRANKFURT-ON-MAIN
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Stadt Frankfurt am Main, Hochbauamt
Gerbermühlstraße 48
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 36 of 173
z. H. Andreas Bruns
60594 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Tel. +49 69212-33142
E-Mail: [email protected]
Fax +49 69212-44509
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers www.stadt-frankfurt.de Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten
Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für
den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben
genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Hochbauamt Gerbermühlstr.
48
z. H. Submissionsstelle
60594 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Internet: http://www.vergabe.stadt-frankfurt.de
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder
Lokalbehörde
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Heizungsinstallation Carlo-Mierndorff-Schule
[BL015] [BL015].
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
Hauptausführungsort Carlo-Mierndorff-Schule.
NUTS-Code DE712
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Heizungsinstallation.
Carlo-Mierndorff-Schule.
Gesamtsanierung Schulgebäude.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 37 of 173
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331100
II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja
II.1.8) Aufteilung in Lose
Nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
KG 420 Heizungsinstallation.
— 1 Pelletkessel 130 KW,
— 1 St. Pelletlager mit Schwerlastarmrührwerk und Fördertechnik, — 1 Gas- Brennwertkessel 285 KW,
— ca. 2 190 m Rohrleitung Stahl schwarz DN 15 bis DN 80, — 2 Warmwasserbereitungen als
Frischwasserstationen, — ca. 59 St. Plattenheizkörper,
— 1 St. Pumpendruckhaltung mit Grundgefäß 600 l,
— ca. 9 St. Heizkreispumpen und Armaturen,
— ca. 126 Brandschutzabschottungen für Wände und Decken.
II.2.2) Optionen
Nein
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn:
3.11.2011. Ende: 14.12.2012
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Siehe Vergabeunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur
Eignung).
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 38 of 173
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist diesen
Ausschreibungsunterlagen beigelegt.
Evtl. geforderter Nachweis einer Registereintragung, weitere Nachweise zur Rechtslage: siehe
Vergabeunterlagen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation
von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124
(Eigenerklärungen zur Eignung).
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist diesen
Ausschreibungsunterlagen beigelegt.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards Siehe Vergabeunterlagen.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu
überprüfen:Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
(Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur
Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in
die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist
diesen Ausschreibungsunterlagen beigelegt.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards
Siehe Vergabeunterlagen.
III.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 65-2011-00107
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2010/S 2010-S120-181424 vom 24.6.2010 IV.3.3) Bedingungen für
den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 9.6.2011 Die Unterlagen sind
kostenpflichtig
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 39 of 173
Preis 25,00 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Banküberweisung an Kassen- und Steueramt Frankfurt am Main.
Kto. 2609, BLZ, Geldinstitut 500 100 60, Postbank Frankfurt am Main.
Banküberweisung Kassen- und Steueramt Frankfurt am Main Kto. 2-609, BLZ 500 100 60, Postbank
Frankfurt am Main. Nach Vorliegen des quittierten Einzahlungsbeleges werden die
Ausschreibungsunterlagen zugeschickt. Angabe auf dem Beleg: 5099 aus 65-2011-00107. Anforderung
der Angebotsunterlagen unter Fax-Nr.069-212 47945 mit gleichzeitiger Zusendung des Zahlungsbeleges.
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 9.6.2011 - 09:30
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 27.7.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 9.6.2011 - 09:30
Ort
Submissionsstelle EG Gerbermühlstr. 48, 60594 Frankfurt am Main, DEUTSCHLAND.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren bevollmächtigte
Vertreter.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRDNein
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt,
Dezernat III 31.4
Wilhelminenstr. 1-3
64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax +49 615112-5816
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Wir weisen auf § 107 Abs. 3 Nr. 4
GWB (15-Tagesfrist) hin.
VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind
Hochbauamt Stadt Frankfurt
Gerbermühlstr. 48
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 40 of 173
60594 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND
Internet: www.vergabe.stadt-frankfurt.de
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
20.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 41 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Leipzig: centralcentral-heating installation work
Awarding Authority:
UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG AÖR
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129728
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
19/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
19/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
6 - Body governed by public law
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
1 - Lowest price
CPV Product Code:
45331100
CPV Product Name:
Central-heating installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
DED31
Region Name:
Leipzig
Town:
LEIPZIG
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
BEKANNTMACHUNG
Translate! Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Universitätsklinikum Leipzig AöR
Liebigstr. 18
Kontakt: Susanne Streit
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 42 of 173
04103 Leipzig
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3419714200
E-Mail: [email protected]
Fax +49 3419714209
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers www.uniklinikum-leipzig.de Weitere Auskünfte erteilen: IBG,
Ingenieurbüro für Gesamtplanung GmbH, Büro Halle
Waisenhausring 6
06108 Halle
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3451317856
Fax +49 3451317943
Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: SDV AG, Bereich
Vergabeunterlagen Tharandter Straße 23--35
01159 Dresden
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3514203-1415
E-Mail: [email protected]
Fax +49 3514203-1460
Internet: www.vergabe24.de
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Einrichtung des
öffentlichen Rechts
Gesundheit
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber 3.3 - Wärmeversorgungsanlage
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 43 of 173
Hauptausführungsort Universitätsklinikum Leipzig AöR, 04103 Leipzig, DEUTSCHLAND.
NUTS-Code DED31
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Liegenschaft: Universitätsklinikum
Leipzig AöR; Maßnahme: Neubau ZZMK; Leistung: 3.3 - Wärmeversorgungsanlage.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331100
II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein
II.1.8) Aufteilung in Lose
Nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Rohrleitungen aus Stahl DN 15-25 ca. 2 500 m, DN 32-50 ca. 1 400 m, DN 65-100 ca. 300 m;
Heißwasserpumpen 6 St.; Röhrenradiatoren ca. 145 St.; Profilventilheizkörper ca. 220 St.;
Kernbohrungen 60 mm ca. 600 St.
ohne MwSt. 0,00 EUR
II.2.2) Optionen
Nein
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Dauer in
Monaten 9 (ab Auftragsvergabe)
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Bürgschaften gemäß Formblatt 421/422 und 423 (VHB - Bund - Ausgabe 2008).
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Nach VOB 2009 und Vergabeunterlagen.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Angaben gemäß Formblatt 124 VHB 2008. Soweit zuständige Stellen
Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die
entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Referenzen werden nur als vergleichbar angesehen,
soweit sie Krankenhausbauten mit einem Auftragsvolumen von mindestens 1 500 000 EUR netto
betreffen. Das Formblatt 124 ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 44 of 173
Soweit die Angaben gemäß Formblatt 124 bereits durch Eintragung in die Liste des Vereins, für
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erbracht sind, braucht das Formblatt nicht ausgefüllt zu
werden. Der Auftraggeber ist darauf hinzuweisen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben gemäß Formblatt 124 VHB 2008. Soweit
zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl
kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Referenzen werden nur als vergleichbar
angesehen, soweit sie Krankenhausbauten mit einem Auftragsvolumen von mindestens 1 500 000 EUR
netto betreffen. Das Formblatt 124 ist Bestandteil der Vergabeunterlagen.
Soweit die Angaben gemäß Formblatt 124 bereits durch Eintragung in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erbracht sind, braucht das Formblatt nicht ausgefüllt zu
werden. Der Auftraggeber ist darauf hinzuweisen.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Angaben
gemäß Formblatt 124 VHB 2008. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von
Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen.
Referenzen werden nur als vergleichbar angesehen, soweit sie Krankenhausbauten mit einem
Auftragsvolumen von mindestens 1 500 000 EUR netto betreffen. Das Formblatt 124 ist Bestandteil der
Vergabeunterlagen.
Soweit die Angaben gemäß Formblatt 124 bereits durch Eintragung in die Liste des Vereins für
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erbracht sind, braucht das Formblatt nicht ausgefüllt zu
werden. Der Auftraggeber ist.
Darauf hinzuweisen.
III.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 62 430 00 2011
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformationvom 13.12.2010
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 19.5.2011
Die Unterlagen sind kostenpflichtig
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 45 of 173
Zahlungsbedingungen und -weise: Kosten in EUR: Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen 62 430 00
2011: 32,90 EUR; Bestellung per Post, Fax oder E-Mail unter Angabe des Verwendungszweckes 62 430
00 2011 an die unter A.II) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann durch
Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der SDV
AG Postbank Leipzig, Konto-Nr. 0156600907, BLZ: 86010090 erfolgen. Die Auslieferung erfolgt erst nach
Eingang eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEBFormat) erfolgt dessen Auslieferung bei der gedruckten Fassung der Vergabeunterlagen auf CD-ROM.
Die Bestellung der gedruckten Fassung ist ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen: 17,85 EUR ist
im Internet unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und
dem Vorliegen einer Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der Betrag wird nicht erstattet.
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 19.5.2011 - 15:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 28.6.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19.5.2011 - 15:00
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren bevollmächtigte
Vertreter.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD
Nein
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN
I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n):
Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den
wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei:
Digital einsehbar und abrufbar: ja, unter www.vergabe24.de.
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Landesdirektion Leipzig
Braustr. 2
04107 Leipzig
DEUTSCHLAND
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Anträge auf Durchführung eines
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 46 of 173
Vergabenachprüfungsverfahrens sind binnen 10 Tagen nach Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge
nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer zu stellen.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
11.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 47 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Lutherstadt Wittenberg: plumbing and sanitary
works
Awarding Authority:
PAUL GERHARDT DIAKONIE KRANKENHAUS UND PFLEGE
GMBH
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129740
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
02/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
06/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45330000 45331100 45331231 45332000 45321000
CPV Product Name:
Plumbing and sanitary works Central-heating installation work Installation
work of refrigeration equipment Plumbing and drain-laying work Thermal
insulation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
DEE0E
Region Name:
Wittenberg
Town:
LUTHERSTADT WITTENBERG
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH Paul-Gerhardt-Straße 42-45
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 48 of 173
Kontakt: Ingenieurbüro Golsch & Stäbler, Dessauer Str. 232, 06886 Lutherstadt Wittenberg
z. H. Herrn Stäbler
06886 Lutherstadt Wittenberg
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3491612524
E-Mail: [email protected]
Fax +49 3491666428
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers www.pgdiakonie.de
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und
ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen
Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Sonstiges
Krankenhausträger
Gesundheit
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Heizungs- und Sanitärinstallationen.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
Hauptausführungsort 06886 Luth. Wittenberg
NUTS-Code DEE0E
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Umschlüsse und Demontage von
Leitungsabschnitten, die zeitweise noch in Betrieb verbleiben; Aufbau komplett neuer Brauchwasser- und
Heizungsleitungen mit ca. 170 sanitären Objekten (WC, WT, Spülen, Ausgyßbecken, WM, Gsp.,
Duschen) und ca. 220 Heizkörpern in 5 Etagen; neues Entwässerungssystem Schmutzwasser mit 21
Hauptleitungen und 2 Hebeanlagen, davon 1 Hebeanlage für Regenwasser samt Vorlage zur
Aussenaufstellung in Grünfläche vor dem Gebäude; 1 Fettabscheider mit Entleerungssystem;
Montage einer Weichwasseranlage mit Ringleitung zur Verbindung an vorh.
System; Einbau einer GWW-Bereitungsanlage; Löschwasserleitung mit Einspeisung und 5
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 49 of 173
Entnahmestellen, Kaltwasserleitungen für Kühlung.
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45330000, 45331100, 45331231,
45332000, 45321000
II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja
II.1.8) Aufteilung in Lose
Nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Ja
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Temporäre Umschlüsse, anschließend Demontagen; 1 400 m KW-, 1 650 m WW- und
Zirkulationsleitungen, 1 500 m Schmutzwasser- und 160 m Regenwasserleitungen; 1 650 m Leitungen
für Raumheizung und 200 m für Lufterhitzer und – nacherhitzer; 220 Heinzkörper unterschiedlicher
Bauart; Verteiler für KW, WW und Heizung; Löschwasserleitung "trocken" mit Einspeisung und 5
Entnahmekästen; 1 GWW-Anlage; 1 Weichwasseranlage mit Ringleitung und Desinfektion.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Dauer in
Monaten 21 (ab Auftragsvergabe)
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
— siehe Vertragsunterlagen.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) — siehe Vertragsunterlagen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird— siehe Vertragsunterlagen.
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte
Formblatt "Eigenerklärungen zur Eignung" vorzulegen.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Angaben zur technischen Ausrüstung des Bieters insbesondere um den Abbruch im Krankenhaus –
Komplex äußerst Staub- u. Lärmarm durchführen zu können.
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 50 of 173
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum
wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 387 - 13
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 2.5.2011 Die Unterlagen sind
kostenpflichtig
Preis 35,00 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck mit der Anforderung (Versand der Unterlagen
nur bei Vorlage des Schecks).
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 6.6.2011 - 12:30
IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte
Bewerber
5.5.2011
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 4.7.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 6.6.2011 - 12:30
Ort
Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH, Paul-Gerhardt-Str.
42–45, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Haus 6, Beratungsraum.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN
Landesverwaltungsamt, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle, DEUTSCHLAND.
II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung: Beginn 18.7.2011; Ende:15.4.2013.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 51 of 173
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Frist in Monaten: 1.
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
13.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 52 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
D-Hofheim: centralcentral-heating equipment
Awarding Authority:
DER KREISAUSSCHUSS DES MAINMAIN-TAUNUSTAUNUS-KREISES, AMT
FÜR SCHULBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
131440
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
31/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
06/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
39715210 42512300 44621110 44621111 45331000 45331100
CPV Product Name:
Central-heating equipment HVAC packages Central-heating radiators Nonelectrically-heated central-heating radiators Heating, ventilation and airconditioning installation work Central-heating installation work
Country Code:
DE
Original Language:
DE
Regional Codes:
DE71A
Region Name:
Main-Taunus-Kreis
Town:
HOFHEIM
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
BEKANNTMACHUNG
Bauleistung
ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER
I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N)
Der Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft
Am Kreishaus 1-5
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 53 of 173
z. H. Adrian Rostek
65719 Hofheim
DEUTSCHLAND
Tel. +49 6192201-1785
E-Mail: [email protected]
Fax +49 6192201-1720
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse des Auftraggebers http://www.mtk.org
Adresse des Beschafferprofils http://www.mtk.org
Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und
ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches
Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge
sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen
I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder
Lokalbehörde
Allgemeine öffentliche Verwaltung
ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND
II.1) BESCHREIBUNG
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Abbruch, Erweiterung, Sanierung GrafStauffenberg-Gymnasium, Flörsheim; Wärmeversorgungsanlagen (Heizung), Bauabschnitt 1 + 2.
II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw.
Dienstleistung
Bauleistung
Ausführung
Hauptausführungsort Bürgermeister-Lauck-Straße 24, 65439 Flörsheim, DEUTSCHLAND.
NUTS-Code DE71A
II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung
Öffentlicher Auftrag
II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Wärmeversorgungsanlagen
(Heizung).
II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 39715210, 42512300, 44621110, 44621111,
45331000, 45331100 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein
II.1.8) Aufteilung in Lose
Ja
sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden für alle Lose II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind
zulässig: Nein
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 54 of 173
II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang
Heizung Bauabschnitt 1:
— Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 2 500 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN
65, ca. 20 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 50 Stck.
Heizung Bauabschnitt 2:
— Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 1 000 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN
65, ca. 150 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 44 Stck,
— Deckestrahlplatten, einschl. Zubehör, ca. 15 qm.
II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn:
8.8.2011. Ende: 1.6.2012
ANGABEN ZU DEN LOSEN
LOS-Nr.: 1
BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 1.
1) KURZE BESCHREIBUNG
Wärmeversorgungsanlagen (Heizung).
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 39715210, 42512300,
44621110, 45331000, 45331100
3) MENGE ODER UMFANG
Heizung Bauabschnitt 1:
— Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 2 500 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN
65, ca. 20 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 50 Stck.
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 8.8.2011. Ende: 2.12.2011
LOS-Nr.: 2
BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 2.
1) KURZE BESCHREIBUNG
Wärmeversorgungsanlagen (Heizung).
2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 39715210, 42512300,
44621110, 45331000, 45331100
3) MENGE ODER UMFANG
Heizung Bauabschnitt 2:
— Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 1 000 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN
65, ca. 150 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 44 Stck,
— Deckestrahlplatten, einschl. Zubehör, ca. 15 qm.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 55 of 173
4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS
Beginn: 16.1.2012. Ende: 1.6.2012
ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE
INFORMATIONEN
III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG
III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten
Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (sofern die Auftragssumme
mindestens 250 000,00 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt). Sicherheit für Mängelansprüche 3 % der
Abrechnungssumme.
Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B):
Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die
Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder
durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt,
Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Nach Abnahme und Erfüllung
aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann der Auftragnehmer verlangen,
dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird. Art der
Sicherheit: Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt
oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal
von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte
Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit
durch Bürgschaft zu leisten.
Sicherheitsleistung durch Bürgschaft: Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige
Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu
verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt 421, - die Mängelansprüche das Formblatt
422, - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das
Formblatt 423.
Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der
Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der
Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen
Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende
Erklärung des Bürgen: - "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft
nach deutschem Recht. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der
Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit
gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. - Die
Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die
Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung
bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle". Die
Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die
Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit
geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben,
wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist.
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen
Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß § 16 VOB/B. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Bei
Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die
Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen
schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.
Überzahlungen: Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich
der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 56 of 173
Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14
Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit
seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz
des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen.
III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem
Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, - in der die Bildung einer
Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die
Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter
die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als
Gesamtschuldner haften.
III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein
III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN
III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise
(u.a. HPQR/Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.,
Präqualifikationsverzeichnis/oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte
Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des
Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL:
http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010
(1).pdf.
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres
Herkunftslandes vorzulegen. Ab einer Auftragssumme von 30.000 ? wird der Auftraggeber für den Bieter,
auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem.
§ 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind,
um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter
Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR/Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von
Bauunternehmen e.V.,
Präqualifikationsverzeichnis/oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte
Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des
Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL:
http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010
(1).pdf.
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres
Herkunftslandes vorzulegen.
III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Der
Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR/Eintragung in die
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 57 of 173
Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis/oder andere
gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum
Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung)
vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der
Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL:
http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010
(1).pdf.
Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere
Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der
Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres
Herkunftslandes vorzulegen.
Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu
bedienen, muss er Art und Umfang der dafür vorgesehenen Leistungsbereiche in seinem Angebot
bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen
Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von
dieser bestimmten Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende
Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.
Ist der Einsatz anderer Unternehmen beabsichtigt, ist auf Verlangen der Vergabestelle von jedem
benannten Unternehmen das Formblatt 236 EG (Verpflichtungserklärung) vorzulegen.
III.2.4) Vorbehaltene Aufträge
Nein
ABSCHNITT IV: VERFAHREN
IV.1) VERFAHRENSART
IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN
IV.2.1) Zuschlagskriterien
Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der
Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen
Dialog aufgeführt sind
IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein
IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber GSG-10/2011
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen
Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 31.5.2011 - 00:00
Die Unterlagen sind kostenpflichtig
Preis 25 EUR
Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungscheck unter Angabe des Kassenzeichens: 11 - 017.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 58 of 173
IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 6.6.2011 - 14:00
IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Deutsch.
IV.3.7) Bindefrist des Angebots
Bis 11.7.2011
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 6.6.2011 - 14:00
Ort
Main-Taunus-Kreis, Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim, DEUTSCHLAND, Raum 3.101.
Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren Bevollmächtigte.
ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
VI.1) DAUERAUFTRAG
Nein
VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS
GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD
Nein
VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN
Nachr. V-Nr/AKZ: GSG-10/2011.
Nachr. HAD-Ref.: 2812/69.
Nachr. V-Nr/AKZ: GSG-10/2011.
VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für
Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2 64283 Darmstadt
DEUTSCHLAND
Fax +49 6151125816 (normale Dienstzeiten) / 6151126834 (00:00 bis 24:00 Uhr)
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf das Vergabeverfahren findet
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Anwendung. Zuständig für die Nachprüfung von
Vergabeverfahren ist die Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
(Kontaktdaten unter VI.4.1)). Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§
107 Abs. 1 GWB). Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine
Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften
geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht (§ 107 Abs. 2 GWB). Der Antrag
ist jedoch nach § 107 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen
Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber, dem Kreisausschuss
Main-Taunus-Kreis, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Kontaktdaten unter I.1)) nicht unverzüglich
gerügt hat (§ 107 Abs. 3 Nr.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 59 of 173
1 GWB),
2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht
spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 2 GWB), 3. Verstöße gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf
der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB), 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 Nr. 4
GWB).
Ergeht demnach eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter
wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15
Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag
unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB). !!! Unverzüglich im Sinne von § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB wird eine
Rüge nur dann erhoben, wenn sie spätestens acht Kalendertage nach Kenntnis des
Vergaberechtsverstoßes bei der Vergabestelle eingeht. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§
107 Abs. 3 Nr. 1 GWB) !!!
Die Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 107 Abs. 3 GWB sind zwingend zu
beachten.
Der Vertragsschluss ist 15 Kalendertage nach Absendung der Vorinformation an unterlegene Bieter nach §
101a Abs. 1 GWB möglich. Wird die Vorabinformation nach § 101a GWB Abs. 1 per Fax oder auf
elektronischem Wege versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tage nach
der Absendung der Information durch den Auftraggeber.
Gemäß § 101b Abs. 1 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber:1. gegen §
101a verstoßen hat (§ 101b Abs. 1 Nr. 1 GWB) oder, 2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein
Unternehmen erteilt, ohne andere Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies
aufgrund Gesetzes gestattet ist und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2
festgestellt worden ist (§ 101b Abs. 1 Nr. 2 GWB).
Die Unwirksamkeit nach § 101b Abs. 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren
innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als 6 Monate nach
Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30
Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der
Europäischen Union (§ 101b Abs. 2 GWB).
VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG:
18.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 60 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Veynes: construction work for buildings relating
to health
Awarding Authority:
VILLE DE VEYNES
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129692
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
08/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45215100 45223220 45261000 45260000 45321000 45421100 45324000
45450000 45421140 45432100 45431000 45442110 45331000 45311200
45313100 39291000 45233140 45112710
CPV Product Name:
Construction work for buildings relating to health Structural shell work
Erection and related works of roof frames and coverings Roof works and
other special trade construction works Thermal insulation work Installation
of doors and windows and related components Plasterboard works Other
building completion work Installation of metal joinery except doors and
windows Floor laying and covering work Tiling work Painting work of
buildings Heating, ventilation and air-conditioning installation work Electrical
fitting work Lift installation work Laundry supplies Roadworks Landscaping
work for green areas
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
Region Name:
Town:
VEYNES
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Translate!
Page 61 of 173
Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Ville de Veynes
place de la République
Attn: Mme le maire
05400 Veynes
FRANCE
Téléphone +33 492581022
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 492572971
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: ATIS: assistant
au maître d'ouvrage / management de projet: M.
Nagi Sfeir
24bis boulevard de la Chantourne
38700 La Tronche
FRANCE
Téléphone +33 476446660
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 476424744Adresse auprès de laquelle
le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Quick Print / SARL
Paoli Repro
3 av Paul Verlaine
38100 Grenoble
FRANCE
Téléphone +33 476861650
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 476860818
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Mairie de Veynes
place de la République
05400 Veynes
FRANCE
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Le pouvoir adjudicateur
agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 62 of 173
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Construction d'un établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesTravaux
Exécution
Lieu principal d'exécution commune de Veynes, 05400 Veynes, FRANCE.
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats BBC de 89 places à Veynes (05).
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45215100
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT n° 1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Gros oeuvre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45223220LOT
n° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Charpente et murs ossature bois / couverture / bardage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45261000LOT
n° 3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Etanchéité.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45260000LOT
n° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Isolation thermique par l'extérieur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45321000LOT
n° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Menuiseries extérieures et occultations / menuiseries intérieures et agencement.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421100LOT
n° 6
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 63 of 173
Cloisons / doublages / faux-plafonds.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45324000LOT
n° 7
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Rails plafonniers.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45450000LOT
n° 8
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Métallerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421140LOT
n° 9
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Revêtements de sols souples.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45432100LOT
n° 10
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Revêtements de sols durs et faïence.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45431000LOT
n° 11
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Peinture.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45442110LOT
n° 12
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Chauffage / ventilation / rafraîchissement / désenfumage / plomberie / ECS solaire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000LOT
n° 13
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Electricité courants forts / courants faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45311200LOT
n° 14
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Appareils élévateurs.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45313100LOT
n° 15
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 64 of 173
Equipements des offices et blanchisserie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 39291000LOT
n° 16
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Voiries et réseaux divers (VRD).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45233140
LOT n° 17
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45112710
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglemententSubventions CNSA et Cg05 et emprunts PLS.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché
Le marché sera passé soit avec un attributaire unique, soit avec un groupement.
Conjoint avec mandataire solidaire.
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1.
Mémoire technique %. Pondération 60
2. Prix des prestations %. Pondération 40
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
8.6.2011 - 16:00
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 65 of 173
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.
Durée du marché: 18 mois dont 1 mois de préparation.
2-1 Moyens humains affectés au chantier en cohérence avec le tableau des qualificatifs et des effectif de
l'entreprise;
2-2 Description des méthodologies d'exécution et moyens techniques de ce chantier;
2-3 Mesure d'hygiène et de sécurité mises en oeuvre pour ce chantier; Unité monétaire utilisée, l'EUR.
Tableau des qualifications et effectifs détaillé dans le RC.
Le marché sera à une seule tranche.
Les interventions des différentes entreprises devront se confirmer au planning travaux.
— tel qu'établi par l'OPC - et joint au présent DCE, en annexe de l'acte d'engagement.
Renseignements techniques:
Architecte mandataire: Groupe 6.
M. Xavier Minart / Mme Nathalie Lakomy
98 cours de la Libération et du Général de Gaulle, BP 2536, 38 035 Grenoble Cedex 2, FRANCE.
T. +33 476964590 - f. +33 476219729
Courriel: [email protected].
Les réponses électroniques sont possibles via cette même plateforme en suivant les instructions.
Détaillées sur www.aobtp.net.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Marseille
22,24 rue Breteuil
13006 Marseille
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 491134813
Fax +33 491811387
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
19.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 66 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Amiens: building construction work
Awarding Authority:
RÉGION PICARDIE
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129694
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
31/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45210000 45214610 45311200 45331000 45262210 45262522 45261210
45421152 45330000
CPV Product Name:
Building construction work Laboratory building construction work Electrical
fitting work Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Foundation work Masonry work Roof-covering work Installation of partition
walls Plumbing and sanitary works
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR223
Region Name:
Somme
Town:
AMIENS
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Région Picardie
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 67 of 173
11/15 mail Albert 1er, BP 2616 Cedex 1
Attn: M. le président du Conseil régional de Picardie 80026 Amiens
FRANCE
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur
https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php Adresse auprès de laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues: Conseil régional de Picardie
service de la commande publique 11/15 mail Albert 1er, BP 2616 Cedex 1 Attn: Jean-Francis
Aucordier80026 Amiens
FRANCE
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Phototechnic 1 bis rue de la Vallée BP Cedex 1
41743 80 017 Amiens
FRANCE
Téléphone +33 322711950
Fax +33 322711955
internet: https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php Adresse à laquelle les offres ou
demandes de participation doivent être envoyées: Conseil régional de Picardie - service de la commande
publique au 11/15 mail Albert 1er, pour les envois postaux et au 43 mail Albert 1er, pour les remises
contre récépissé BP 2616 Cedex 1 80026 Amiens
FRANCE
internet: https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php I.2) TYPE DE POUVOIR
ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Travaux de construction des laboratoires de
recherche en santé pour l'université de Picardie Jules Verne sur le site du CHU à Salouel (80).
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesTravaux
Exécution
Lieu principal d'exécution Salouel.
Code NUTS FR223
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 68 of 173
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Le présent avis s'applique aux lots no 1,
2, 4 et 5. Les autres lots (n° 3 "ascenseurs", n° 6 "équipements de laboratoires" et n° 7 "espaces verts"
dont les prestations sont réservées au profit des entreprises ou d'établissements visés par l'article 15 du
code des marchés publics) font l'objet de consultations spécifiques. Les prestations sont détaillées dans
le cahier des clauses techniques particulières. Ce bâtiment, construit au coeur du CHU Sud à Salouel,
abritera notamment des laboratoires ainsi qu'une animalerie dédiés à la recherche médicale universitaire.
La surface hors oeuvre nette des locaux à créer est d'environ 6 590 m².
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45210000, 45262210,
45262522, 45261210, 45421152
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en
considération Non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Marché ordinaire séparé.
II.2.2) Options
Oui
description de ces options: Option au sens du droit communautaire: des prestations similaires pourront
être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du CMP): les conditions
d'exécution de ce nouveau marché seront arretées avec le titulaire dans le cadre des négociations.
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 19 (à compter de la date d’attribution du contrat) INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT
n° 1
INTITULÉ Gros oeuvre étendu
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
1.01 - terrassement - fondations - gros oeuvre - charpente métallique 1.02 - menuiseries extérieures occultation 1.03 - serrurerie métallerie 1.04 - couverture étanchéité 1.05 - bardage 1.06 - menuiseries
intérieures 1.07 - cloisons - doublage - faux plafonds 1.08 - revêtements de sols 1.09 - peinture 1.10 terrassements VRD
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45210000,
45262210, 45262522, 45261210, 45421152LOT n° 2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Second oeuvre des laboratoires.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45214610LOT
n° 4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Electricité courants forts - courants faibles.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 69 of 173
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45311200LOT
n° 5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Chauffage ventilation plomberie fluides spéciaux.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000,
45330000
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à
première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les
conditions prévues au contrat.
Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux. Le délai global de paiement
est de 30 jours.
Modalités de financements: financement sur budget régional et soutien du fonds européen de
développement régional - paiement par virement administratif - versements d'acomptes.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marchéEn cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement
solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué cidessus. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresOui
A titre indicatif, les marchés débuteront à compter du 1.9.2011 jusqu'au 1.4.2013. Le calendrier
prévisionnel d'exécution est annexé à l'acte d'engagement. Précision: 19 mois pour l'ensemble des lots.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: — Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants:
imprimé DC1 dûment complété et signé, (signature de façon manuscrite en original en cas de
transmission papier ou signature électronique en cas de transmission dématérialisée) ou papier libre
apportant l'intégralité des renseignements demandés au DC1 (attention: signature "tampon" ne vaut pas
signature originale) y compris la déclaration sur l'honneur en application de l'article 43 du code des
marchés publics,
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 70 of 173
— Une déclaration du candidat: formulaire DC2 dûment complété (C1, D2), ou tout document apportant
les mêmes renseignements. Le candidat joindra toute pièce utile à l'examen de sa candidature.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles (rubrique D1
du DC2) ou tout document apportant les renseignements demandés.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— Déclaration
indiquant l'effectif moyen du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour la dernière année,
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de contrats de même nature, — Liste des principales références de travaux similaires en cours
et/ou réalisées au cours de ces 3 dernières années.
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
1. Prix des prestations au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire. Pondération 60
2. Valeur technique: qualité des produits, matériaux et équipements proposés dans le mémoire
technique. Pondération 40 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuéeNon
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur113320
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Documents payants Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
31.5.2011 - 12:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
Non
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 71 of 173
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES
Oui
référence du ou des projet(s) et/ou programme(s): Co-financement par le fonds européen de
développement régional.
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Procédure employée: appel d'offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés
publics. L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire pour
les lots 1, 4 et 5 conformément au dossier de consultation des entreprises.
Les lots suivants feront l'objet d'une procédure adaptée distincte de la présente consultation
conformément aux dispositions de l'article 27-iii du CMP: lot 3: ascenseurs, lot 6: équipements de
laboratoires, lot 7: espaces verts.
Critères de sélection des candidature: situation régulière vis-à-vis de la réglementation, capacités
professionnelles, techniques et financières pour réaliser le marché.
Le DCE est téléchargeable sur le site de la Région, ou remis gratuitement par le tireur de plans. Les
demandes de DCE peuvent être directement saisies et transmises au tireur de plan sur le site de la
Région après avoir recherché l'affaire concernée (référencée 113320-1). Les offres peuvent être
transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur accepte cependant les plis adressés par d'autres
moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission
électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80011 Amiens
FRANCE
Téléphone +33 322336170
internet: http://www.ta-amiens.juradm.fr/ta/amiens/index.shtml Fax +33 322336171
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Greffe du Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
80011 Amiens
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 322336170
Fax +33 322336171
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 72 of 173
20.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 73 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Rouen: construction work
Awarding Authority:
CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTEHAUTE-NORMANDIE
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129739
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
31/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45000000 45234116 32400000 45311200 45331000 44482000 45112710
CPV Product Name:
Construction work Track construction works Networks Electrical fitting work
Heating, ventilation and air-conditioning installation work Fire-protection
devices Landscaping work for green areas
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR23
Region Name:
Haute-Normandie
Town:
ROUEN
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Conseil régional de Haute-Normandie
5 rue Robert Schuman, BP 1129
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 74 of 173
Attn: service marchés
76174 Rouen Cedex 1
FRANCE
Téléphone +33 235525718
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 235522350
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.hautenormandie.fr Adresse du profil d’acheteur
http://www.mpe276.fr
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: MBA Architecture
7 rue Debelleyme
Attn: M. Zajdela
75003 Paris
FRANCE
Téléphone +33 140294848
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 140294849
internet: http://www.mpe276.fr
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Graphélio ZA de la Vatine, 7 rue Linus Carl Pauling, BP 541
76824 Mont-Saint-Aignan Cedex
FRANCE
Téléphone +33 235611493
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 235606265
internet: http://www.mpe276.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Région de HauteNormandie
service marchés - immeuble Schuman - 2° étage - porte 210, 5 rue Robert Schuman, BP 1129
76174 Rouen Cedex 1
FRANCE
Téléphone +33 235525718
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 235522350
internet: http://www.mpe276.fr
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale
Services généraux des administrations publiques
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 75 of 173
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Construction d'un centre de données
régional sur le site du Crihan à Saint-Étienne-du-Rouvray.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesTravaux
Exécution
Lieu principal d'exécution 745 avenue de l'Université, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, FRANCE.
Code NUTS FR23
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Construction d'un centre de données
régional sur le site du Crihan à Saint-Étienne-du-Rouvray.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45000000, 45234116,
45311200, 45331000, 44482000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en
considération Non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3º al. et 57 à 59 du code des
marchés publics et concerne la construction d'un centre de données régional sur le site du CRIHAN à
Saint-Étienne-du-Rouvray. Les travaux sont répartis en 6 lots. Lot 1 bis "réseaux divers" fera l'objet d'une
consultation séparée selon les dispositions de l'article 27.iii du code des marchés publics. Le délai
d'exécution de l'ensemble des lots (hors travaux de plantations prévus au lot 1: voiries- espaces verts)
est de 7 mois maximum. Ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant
au titulaire du lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.
Les travaux relatifs aux espaces verts prévus au lot 1: voirie- espaces verts, se feront sur une période du
1er février au 30.4.2012.
Les délais relatifs aux plantations sont au maximum de 4 semaines et ils partent à compter de la date
fixée par un ordre de service spécifique au poste espaces verts du lot voirie/espaces verts de commencer
les travaux lui incombant.
Hors TVA 1 950 116 EUR
II.2.2) Options
Oui
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 76 of 173
description de ces options: Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de passer:— des avenants,
— un nouveau marché pour la réalisation de prestations complémentaires (article 35-ii.5° du CMP) ou
similaires (article 35-ii.6° du CMP) et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du marché initial.
Chaque candidat devra obligatoirement faire une proposition pour chacune des prestations
supplémentaires ou alternatives décrites dans la rubrique "autres informations", sous peine d'irrégularité
de l'offre.
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT n° 1
INTITULÉ voirie - espaces verts
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Voirie - espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45234116,
451127103) QUANTITÉ OU ÉTENDUE
Hors TVA 108 500 EUR
LOT n° 1
INTITULÉ 1 bis- réseaux divers
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
1 bis- réseaux divers
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 324000003)
QUANTITÉ OU ÉTENDUE
Hors TVA 68 000 EUR
5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS
Le lot 1 bis "réseaux divers" fera l'objet d'une consultation séparée selon les dispositions de l'article 27.III
du code des marchés publics.
LOT n° 2
INTITULÉ macrolot (gros-oeuvre, charpente métallique - métallerie, étanchéité, menuiseries intérieures,
plafonds suspendus, cloisons - doublage, sols souples et peinture)
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Macrolot (gros-oeuvre, charpente métallique - métallerie, étanchéité, menuiseries intérieures, plafonds
suspendus, cloisons - doublage, sols souples et peinture).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 450000003)
QUANTITÉ OU ÉTENDUE
Hors TVA 485 000 EUR
LOT n° 3
INTITULÉ électricité courants forts et faibles
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 77 of 173
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Electricité courants forts et faibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 453112003)
QUANTITÉ OU ÉTENDUE
Hors TVA 789 263 EUR
LOT n° 4
INTITULÉ traitement d'air
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Traitement d'air.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 453310003)
QUANTITÉ OU ÉTENDUE
Hors TVA 422 503 EUR
LOT n° 5
INTITULÉ sécurité incendie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Sécurité incendie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 44482000
3) QUANTITÉ OU ÉTENDUE
Hors TVA 76 850 EUR
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché.
Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande
ou, si les 2 parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.
Garanties financières de l'avance: le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la
constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglemententArticles 86 à 111 du code des marchés publics à l'exception des articles 90 et 92.
Le marché sera réglé sur le budget de la région de Haute-Normandie constitutive d'une collectivité
régionale.
Le délai de paiement est fixé à 30 jours dans le respect des dispositions de l'article 98 du code des
marchés publics.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marchéLe candidat peut se présenter seul ou en groupement d'entreprises auquel cas la forme requise
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 78 of 173
sera un groupement conjoint avec mandataire solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement
sur le site www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous: Les renseignements
concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à
l'article 43 du CMP,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du
travail.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les
renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article
45 du code des marchés publics:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du
contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise
tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— pour les lots 3 et 4: une liste de références en environnement "centre informatique" sur des projets
similaires (architecture technique, type et puissance des matériels),
— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
— ou les certificats de qualifications professionnelles; la preuve de la capacité de l'entreprise peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de
travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte
candidate.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques
sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents
concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre,
pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Pour les entreprises nouvellement créées, celles-ci ne pouvant fournir les chiffres d'affaires sur les 3
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 79 of 173
dernières années, doivent pouvoir justifier de leurs capacités financières et professionnelles par tous les
moyens.
III.2.4) Marchés réservés
Non
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
1. Prix des prestations. Pondération 55
2. Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (qualités des matériaux proposés: 20 %;
moyens humains pour exécution du chantier: 8 %; matériels spécifiques pour exécution des travaux: 7 %;
optimisation des délais d'intervention: 10 %). Pondération 45
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur11056E3T
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Documents payants Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
31.5.2011 - 12:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture
des offres
Lieu Région Haute-Normandie, 5 rue R Schuman, 76174 Rouen Cedex 1, salle 217, FRANCE.
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Oui Ouverture en commission technique.
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
Non
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 80 of 173
COMMUNAUTAIRESNon
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Chaque candidat devra obligatoirement faire une proposition pour chacune des prestations
supplémentaires ou alternatives suivantes sous peine d'irrégularité de l'offre:
* Lot 2: macrolot:
— option nº 1: selon le chapitre 50 de la dpgf "moins value pour la mise en oeuvre d'enduit monocouche
en remplacement d'enduit à la chaux", — option nº 2 selon le chapitre 51 de la DPGF "bardage double
peau en acier laqué",
— option nº 3 selon le chapitre 52 de la DPGF "doublage local du groupe électrogène".
* Lot 3: électricité courants forts et faibles:
— option nº 1: selon le chapitre 09.1 de la DPGF "pré remplissage 8000l cuve en complément 1500 l",
— option nº 2 selon le chapitre 09.2 de la DPGF "plus-value pour double démarrage par batteries
d'accumulateurs",
— option nº 3 selon le chapitre 09.3 de la DPGF "recette usine du groupe électrogène",
— option nº 4 selon le chapitre 09.4 de la DPGF "plus-value pour onduleur 500kva en remplacement
onduleur 400 kva",
— option nº 5 selon le chapitre 09.5 de la DPGF "pré-équipement extension",
— option nº 6 selon le chapitre 09.6 de la DPGF "plus-value pour remplacement du paratonnerre par un
réseau de pointes captrices avec descentes et pâte d'oie associées",
— option nº 7 selon le chapitre 07.1 de la DPGF "carte transmission synthèse vocale par GSM des
alarmes",
— option nº 8 selon le chapitre 07.2 de la DPGF "logiciel de supervision ca/intrusion/vidéo inclus
installation/paramétrage. Pas d'accès web", — option nº 9 selon le chapitre 07.3 de la DPGF "en
remplacement de l'option 8, logiciel de supervision Ca/intrusion/vidéo full accès Web inclus
installation/paramétrage",
— option nº10 selon le chapitre 07.4 de la DPGF "modules supplémentaires pour 30 clés".
* Lot 4: traitement d'air comprenant: chauffage/ventilation/climatisation (cvc).
— option nº 1: protections acoustiques rejet extracteurs nº 1 salle informatique,
— option nº 2: protections acoustiques rejet extracteurs nº 2 salle informatique,
— option nº 3: protections acoustiques rejet extracteurs nº 3 salle informatique,
— option nº 4: protections acoustiques rejet roof-top nº 1 salle informatique,
— option nº 5: protections acoustiques rejet roof-top nº 2 salle informatique,
— option nº 6: protections acoustiques rejet roof-top nº 3 salle informatique,
— option nº 7: humidificateur capacité (50 kg / h) nº 01, — option nº 8: humidificateur capacité (50 kg / h)
nº 02.
* Lot 5: sécurité incendie.
— option: fourniture et pose extincteurs.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 81 of 173
Conditions de remise des offres:
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées
contre récépissé ou transmission par voie électronique www.mpe276.fr sous la référence publique
11056e3t.
La région Haute-Normandie privilégie le mode de transmission par voie papier.
Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses
sur support papier. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un avis de
réception électronique.
Chaque pièce de la candidature/et ou offre doit faire l'objet d'une signature électronique propre.
Dès lors, en application des dispositions des articles 11 du code des marchés publics et 5 de l'arrêté du
28.8.2006, il convient que les candidatures et les actes d'engagement, transmis par voie électronique
soient signés par un representant de l'opérateur économique, habilité à engager sa société, au moyen
d'un certificat de signature électronique "fichier isolé par fichier isolé".
Pour information, l'attribution du ou (des) marché(s) fera l'objet d'un avis consultable sur le site
www.mpe276.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Rouen ou président du
tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
76000 Rouen
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 232081270
Fax +33 232081271
VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: L'ensemble des référés prévus aux
articles L 551-1, L551-2, L521-1, L521-2, L521-3, L 551-13 à 23, R531-1, R532-1, R541-1 du code de
justice administrative, sans condition de délai sauf le référé pré-contractuel qui peut être exercé depuis le
début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat.
— déféré préfectoral sur saisine: article L4142-1 du code général des collectivités territoriales dans un
délai de 2 mois suivant la date de réception de l'acte contesté (demande de suspension possible par le
préfet),
— recours pour excès de pouvoir prévu par l'article R421-1 du code de justice administrative dans un
délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée ou, le cas échéant, de 3 ou 4 mois
sur le fondement du délai de distance.
Prolongation possible de quatre à six mois du délai pour l'exercice d'un recours administratif ou par la
saisine du préfet pour qu'il défère la décision contestée au tribunal administratif.
— recours administratif auprès du président du conseil régional, — recours de pleine juridiction sur le
fondement de l'arrêt CE "sa Tropic travaux signalisation" du 16.7.2007.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 82 of 173
20.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 83 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Lucé: commissioning of heating installations
Awarding Authority:
SOCIÉTÉ ANONYME EURE ET LOIR HABITAT
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
130160
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
21/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
50721000
CPV Product Name:
Commissioning of heating installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR242
Region Name:
Eure-et-Loir
Town:
LUCÉ
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Société anonyme Eure et Loir Habitat
2 rue du 11 novembre BP 80013
Attn: Vanessa Brouard
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 84 of 173
28111 Lucé
FRANCE
Téléphone +33 237912486
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 237912499
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Habitat et
territoires conseil
71 boulevard Béranger
Contact: Monsieur Da Cunha
37000 Tours
FRANCE
Téléphone +33 247641056
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 247661015Adresse
auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents
relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s)
de contact susmentionné(s)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact
susmentionné(s)
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autre Société anonyme
d'HLM
Logement et développement collectif
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché d'exploitation de chauffage pour 73
chaufferies collectives.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Catégorie de services: n° 1
Lieu principal de prestation Eure et Loir.
Code NUTS FR242
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Marché d'exploitation de chauffage de
type prestation forfait intéressement concernant 73 chaufferies réparties sur le département d'Eure et
Loir.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Non
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 85 of 173
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en
considération Non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.2) Options
Non
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
À compter du 1.10.2011. Jusqu’au 30.9.2016
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT n° 1
INTITULÉ La Ferté Vidame, Digny, Champrond, Senonches, La Loupe 2) CLASSIFICATION CPV
(VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 2
INTITULÉ Brezolles, Laons, Saint Lubin, Saint Rémy, Anet, Bu, Nogent Le Roi2) CLASSIFICATION CPV
(VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 3
INTITULÉ Courville, Illiers, Happonvilliers, Chateauneuf 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE
COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 4
INTITULÉ Arrou, Cloyes, Courtalain, Bonneval, Brou, Unverre, La Bazoche 2) CLASSIFICATION CPV
(VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 5
INTITULÉ Janville, Toury, Fresnay L'Eveque
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT
n° 6
INTITULÉ Auneau, Beville, Denonville, Ouarville, Voves 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE
COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 7
INTITULÉ Epernon, Maintenon, Pierres
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT
n° 8
INTITULÉ Chartres, Luisant, Le Coudray, Jouy
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000
LOT n° 9
INTITULÉ Lucé
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 86 of 173
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Les documents sont précisés dans le règlement de consultation ainsi que leur
modalité de présentation.
III.2.4) Marchés réservés
Non
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une
profession particulière Non
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation
Non
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1.
Valeur technique de l'offre. Pondération 60
2. Prix des prestations P2. Pondération 40
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Documents payants Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
21.6.2011 - 10:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 87 of 173
Non
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
19.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 88 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-PontPont-à-Mousson: road construction works
Awarding Authority:
EPF LORRAINE
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
131488
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
62026-2011
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
26/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
1 - Ministry or any other national or federal authority
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45233120 45262660 44211100 45262500 45262650 44316500 45410000
45421152 45420000 45262321 45442100 45313000 09310000 45232460
45331000 45110000 45231112 77310000 45112700 45112000 45421000
45261410 45261420 44220000 45421146 45431000 45430000 90910000
CPV Product Name:
Road construction works Asbestos-removal work Modular and portable
buildings Masonry and bricklaying work Cladding works Smiths' wares
Plastering work Installation of partition walls Joinery and carpentry
installation work Floor-screed works Painting work Lift and escalator
installation work Electricity Sanitary works Heating, ventilation and airconditioning installation work Building demolition and wrecking work and
earthmoving work Installation of pipe system Planting and maintenance
services of green areas Landscaping work Excavating and earthmoving
work Joinery work Roof insulation work Waterproofing work Builders'
joinery Installation of suspended ceilings Tiling work Floor and wall
covering work Cleaning services
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
Region Name:
Town:
PONT-À-MOUSSON
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Original
Text:
Page 89 of 173
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
EPF Lorraine
rue Robert Blum
Contact: service reconversion 54/55/88
Attn: M. Roth Yannick
54701 Pont-à-Mousson
FRANCE
Téléphone +33 383804020
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 383804021
Adresse(s) internet
Adresse du profil d’acheteur
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: EPF Lorraine
rue Robert Blum
Contact: service reconversion 54/55/88
Attn: M. Roth Yannick
54701 Pont-à-Mousson
FRANCE
Téléphone +33 383804020
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 383284021Adresse auprès de laquelle le
cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Copies Multi Services
5 allée de la Reine
54500 Vandoeuvre-les-Nancy
FRANCE
Téléphone +33 383285649
Fax +33 383285527
internet:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_fIW3IoaeMY Adresse à
laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: EPF Lorraine
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 90 of 173
rue Robert Blum, BP 245
Contact: service reconversion 54/55/88
Attn: M. Roth Yannick
54701 Pont-à-Mousson
FRANCE
Téléphone +33 383804020
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 383804021
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Ministère ou toute autre
autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
Services généraux des administrations publiques
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesTravaux
Exécution
Lieu principal d'exécution rue Robert Blum, 54701 Pont-à-Mousson, FRANCE.
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Extension du siege social de l'EPF
Lorraine à Pont-à-Mousson - travaux - lot 3 à 15.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45233120, 45262500,
45262650, 44316500, 45410000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en
considération Non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Le marché est divisé en 15 lots.
01 desamiantage - déconstruction. Déjà attribué;
02 structures modulaires. Déjà attribué;
03 terrassement - VRD - drainages - espaces verts (inclus garantie de reprise de végétaux de 24 mois);
04 gros oeuvre - rehabilitation (inclus terrassement bâtiment) - blindage; 05 structure bois - isolation
étanchéité - bardage - menuiserie extérieure - échafaudage.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 91 of 173
06 serrurerie;
07 platrerie - faux plafond;
08 cloisons amovibles;
09 menuiserie intérieure bois - mobilier fixe;
10 chapes - revêtement de sols - carrelage - faience; 11 peinture - nettoyage;
12 ascenseur;
13 électricite;
14 sanitaire;
15 chauffage - ventilation (inclus phase de 18 mois pour suivi performantiel).
II.2.2) Options
Oui
description de ces options: En application de l'article 35 II 6° du code des marchés publics, le maître de
l'ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite
de 50 % des prestations initiales.
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du contrat) INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT
n° 1
INTITULÉ lot 1 desamiantage deconstruction déjà attribué 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 1
desamiantage deconstruction déjà attribué.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262660,
45110000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en jours: 168 (à compter de la date d’attribution du marché) 5) INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTSLot déjà attribué.
LOT n° 2
INTITULÉ lot 2 - structures modulaires - déjà attribué 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 2 - structures
modulaires - déjà attribué.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 44211100
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) 5) INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTSLot déjà attribué.
LOT n° 3
INTITULÉ lot 3 - terrassement - VRD - drainages - espaces verts 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 3 terrassement - VRD - drainages - espaces verts.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45233120,
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 92 of 173
45231112, 77310000, 45112700
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 4 INTITULÉ lot 4 - gros oeuvre rehabilitation - blindage (dont terrassement de l'assise du bâtiment neuf)
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 4 - gros oeuvre - rehabilitation - blindage (dont terrassement de l'assise du bâtiment neuf).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262500,
45112000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 9 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 5 INTITULÉ lot 5 - structure bois isolation étanchéité - bardage - menuiserie1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 5 - structure bois - isolation étanchéité - bardage - menuiserie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262650,
45421000, 45261410, 45261420, 44220000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 11 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 6 INTITULÉ lot 6 - serrurerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 6 - serrurerie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 44316500
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 6 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 7 INTITULÉ lot 7 - platrerie - faux
plafond
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 7 - platrerie - faux plafond.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45410000,
45421146
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 6 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 8 INTITULÉ lot 8 - cloisons
amovibles
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 8 - cloisons amovibles.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421152
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 93 of 173
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 9 INTITULÉ lot 9 - menuiserie
interieure bois - mobilier fixe 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 9 - menuiserie interieure bois - mobilier
fixe.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45420000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 10 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 10 INTITULÉ lot 10 - chapes revêtement de sols - carrelage - faience 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 10 - chapes - revêtement de
sols - carrelage - faience.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262321,
45431000, 45430000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 6 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 11 INTITULÉ lot 11 - peinture nettoyage
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 11 - peinture - nettoyage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45442100,
90910000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 5 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 12 INTITULÉ lot 12 - ascenseur
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 12 - ascenseur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45313000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 8 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 13 INTITULÉ lot 13 - électricité
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 13 - électricité.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 09310000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 14 INTITULÉ lot 14 - sanitaire
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 14 - sanitaire.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 94 of 173
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232460
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 15 INTITULÉ lot 15 - chauffage
- ventilation
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Lot 15 - chauffage - ventilation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT
Durée en mois: 33 (à compter de la date d’attribution du marché) SECTION III: RENSEIGNEMENTS
D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
Une retenue de garantie sera effectuée sur le montant de chaque acompte.
Son montant sera égal à cinq pour cent (5 %) du montant du marché éventuellement modifié par les
avenants.
La retenue de garantie ne peut être remplacée, au gré du titulaire, que par une garantie à première
demande.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglemententLes sommes dues en exécution du marché seront réglées par virement bancaire dans un
délai de 30 jours dans les conditions prévues par les décrets no2002- 232 du 21.2.2002, 2008-407 et
2008-408 du 28.4.2008.
Une avance obligatoire égale à 5 % du montant du marché sera versée en application de l'article 87 du
code des marchés publics.
Les prix sont révisables pour les lots 3, 5, 13, 14 et 15 et fermes actualisables pour les lots 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Le marché sera conclu avec:
— soit un prestataire unique,
— soit un groupement solidaire (forme imposée avant notification).
Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en
qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières
Oui
Clause d'insertion sociale:
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 95 of 173
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution des marchés pour
les lots 7 - plâtrerie - faux plafonds, 11 - peinture - nettoyage et 3 - terrassement - VRD — drainages espaces verts comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Les entreprises désireuses d'obtenir des informations peuvent ainsi prendre contact avec:
Maryline Deprez.
Chargée de mission emploi.
Maison territoriale pour l'emploi et la formation du Val de Lorraine.
Tel: +33 383231244 / 662289126.
[email protected]
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: — une lettre de candidature à l'obtention de la totalité du marché précisant
l'identité du candidat (modèle recommandé: formulaire DC1): en cas de candidature en groupement cette
lettre est commune et la forme imposée avant notification sera le groupement solidaire, — si le candidat
est en redressement judiciaire la copie du jugement prononcé à cet effet,
— une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat certifie: 1/ qu'il a satisfait à ses obligations
fiscales et sociales; 2/ qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir; 3/ Qu'il n'a pas fait l'objet au
cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les
infractions visées aux articles L 8221-1 et 2, L 8221-3 et 5, L 8251-1, L 5221-8 et 11, et L 8241-1 et 2 du
code du travail; 4/ être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le
lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1, 2, 3 et 4 et, L.5214-1, R 5213-39, L 52129,10 et 11 ou L.5212-5, du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (modèle
recommandé: formulaire DC1).
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: La mention de
son chiffre d'affaire au cours des trois derniers exercices (modèle recommandé: formulaire DC2).
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— Un dossier de
présentation du candidat détaillant notamment les moyens humains et technique dont il dispose,
— La preuve de la qualification pouvant être apportée par tout moyen et notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux équivalentes:— Lot 03 voiries - réseaux divers drainages - espaces verts.
1312 Terrassement - fouilles
1321 Canalisations
1341 Aménagement de chaussés et trottoirs
1351 Espaces verts
— lot 04 gros oeuvre - réhabilitation - blindage.
1142 Démolition par carottage ou sciage
1312 Terrassement - fouilles
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 96 of 173
2112 Maçonnerie et béton armé
— lot 05 structure bois - isolation - étanchéité - bardage - menuiserie extérieure - échafaudage.
1412 Echafaudages fixes
2333 Charpente en bois lamellé collé
2343 Construction de bâtiment à ossature bois
2412 Calfeutrement de joints de construction
3212 Etanchéité
3713 Fourniture et pose façades - rideaux métalliques 3523 Fabrication et pose menuiserie
aluminium3813 Tous types de bardages
4612 Vitrerie
— lot 06 serrurerie.
4412 Métallerie
4582 Rideaux, grilles, portails
4612 Vitrerie
— lot 07 plâtrerie - faux plafond.
4112 Plâtrerie
4132 Plaques de plâtre
— lot 08 cloisons amovibles.
4222 Fabrication et pose de cloisons amovibles
— lot 09 menuiserie intérieure bois - mobilier fixe.
4313 Menuiserie en bois
7313 Agencement
— lot 10 chapes - revêtement de sols - carrelage - faïence.
2162 Chapes
4332 Parquets collés
4352 Finition des parquets
6312 Carrelages, revêtements, mosaïques
— lot 11 peinture - nettoyage.
6112 Peinture et ravalement
Prestations de nettoyage: Sur références.
— lot 12 ascenseur (sur références),
— lot 13 électricité.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 97 of 173
Qualifélec.
Electrotechnique E2 classification 3.
Courants faibles Cf2.
— lot 14 sanitaire.
5112 ou supérieure(s) plomberie - installation sanitaire — lot 15 chauffage - ventilation.
Qualification opqcb:
— 5313 Installations thermiques,
— 5413 Climatisation.
III.2.4) Marchés réservés
Non
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogueRecours à une procédure
se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter
ou des offres à négocier Non
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1.
Valeur technique. Pondération 60
2. Prix. Pondération 40
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
EPFL_EXTENSION_TRAVAUX_AR
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Avis de préinformation
Numéro d’avis au JO: 2011/S 038-062026 du 24.2.2011 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des
demandes de participation
26.5.2011 - 12:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 98 of 173
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture
des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Non SECTION VI: RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
Non
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES
Non
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Clause d'insertion sociale:
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution des marchés pour
les lots 7 - plâtrerie - faux plafonds, 11 - peinture - nettoyage et 3 - terrassement - VRD — drainages espaces Verts comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Les entreprises désireuses d'obtenir des informations peuvent ainsi prendre contact avec:
Maryline Deprez.
Chargée de mission emploi.
Maison territoriale pour l'emploi et la formation du Val de Lorraine.
Tel: +33 383231244 / 662289126.
[email protected]
Echantillons et prototype:
Des échantillons seront demandés en cours de chantier. Après choix et validation du maître d'oeuvre,
l'échantillon retenu deviendra contractuel conformément aux différents CCTP.
Une visite facultative pourra être organisée après prise de contact avec le représentant de la maîtrise
d'Ouvrage (EPFL) dont les coordonnées figurent ci dessus.
Il est rappelé que toutes les entreprises seront réputées avoir pris connaissance des lieux avant de
remettre leurs offres et qu'aucuns travaux supplémentaires ne pourront être admis sur le motif d'une
méconnaissance des lieux.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Nancy5 place Carrière
54000 Nancy
FRANCE
Téléphone +33 383174343
Fax +33 383174350
Organe chargé des procédures de médiation
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 99 of 173
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés
publics de Nancypréfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Érignac 54038
NancyFRANCE
Téléphone +33 383342565
Fax +33 383342224
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Greffes du Tribunal administratif de Nancy
5 place Carrière
54000 Nancy
FRANCE
Téléphone +33 383174343
Fax +33 383174350
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 100 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Strasbourg: demolition work
Awarding Authority:
VILLE DE STRASBOURG
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
131489
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
07/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
6 - Body governed by public law
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45111100 45223220 45223210 45421150 45321000 45261210 45421000
45410000 45343220 45421148 45432113 45442100 45331000 45332400
45232430 45311200 45212212 45111291 45422100
CPV Product Name:
Demolition work Structural shell work Structural steelworks Non-metal
joinery installation work Thermal insulation work Roof-covering work
Joinery work Plastering work Fire-extinguishers installation work Installation
of gates Parquet flooring Painting work Heating, ventilation and airconditioning installation work Sanitary fixture installation work Watertreatment work Electrical fitting work Construction work for swimming pool
Site-development work Woodwork
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR42
Region Name:
Alsace
Town:
STRASBOURG
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 101 of 173
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Ville de Strasbourg
1 parc de l'Etoile
Attn: M. le président de la Communauté urbaine de Strasbourg 67076 Strasbourg Cedex
FRANCE
Téléphone +33 388609503
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388609654
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Service des
constructions scolaires et sportives 1 parc de l'Etoile
Attn: Mme Dietsch Stéphanie
67076 Strasbourg Cedex
FRANCE
Téléphone +33 388609090
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388436621Adresse auprès de
laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Communauté urbaine
de Strasbourg
service des achats et de la commande publique, espace accueil, 2ème étage, 1 parc de l'Etoile
67076 Strasbourg Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388609654
internet: http://www.marchepublic.strasbourg.eu
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Communauté urbaine
de Strasbourg
service des achats et de la commande publique, espace accueil, 2ème étage, 1 parc de l'Etoile
67076 Strasbourg Cedex
FRANCE
internet: http://www.marchepublic.strasbourg.eu
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Dcp1006c - travaux pour la nouvelle piscine
du Wacken à Strasbourg.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 102 of 173
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesTravaux
Exécution
Lieu principal d'exécution 8 rue Pierre de Cobertin, à Strasbourg Wacken, FRANCE.
Code NUTS FR42
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats La piscine du Wacken est un
équipement de plein-air avec près de 2 000 m² de surface de bassins dans un cadre végétal remarquable
de 34 000 m² clôturé. Le programme des travaux porte sur la reconversion de la piscine ouverte
exclusivement en période estivale, en piscine ouverte 12 mois dans l'année permettant d'élargir la
diversité d'activités aquatiques. Il sera nécessaire de restructurer les bâtiments vestiaires et techniques
pour le fonctionnement hivernal, d'adapter le grand bassin à la nouvelle offre, de remodeler les espaces
extérieurs pour maintenir l'accueil d'un large public en période estival.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45111100
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en
considération Non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Marché à tranches conditionnelles séparé. TF: travaux principaux. TC1: végétalisation du batiment
principal. TC2: végétalisation des annexes d'été et du local pédagogique.
II.2.2) Options
Oui
description de ces options: Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires
pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat. Des prestations similaires pourront être réalisées
par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du CMP): les conditions d'exécution
de ce nouveau marché seront les mêmes.
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
À compter du 19.9.2011. Jusqu’au 31.12.2012
INFORMATIONS SUR LES LOTS
LOT n° 01
INTITULÉ Démolition / désamiantage
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
1135 m² SHON de démolition complète de bâtiments existants, y compris désamiantage (1000 m² de
toiture fibres-ciment, carrelage avec colle amiantée); démolition de 4 pédiluves, d'une passerelle de 8m *
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 103 of 173
3m environ; démolition partielle de cabines de bain (5) et de bassin; démolitions diverses.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45111100LOT
n° 02
INTITULÉ Gros-oeuvre
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
3500 m³ de terrassements généraux et particuliers pour fondations; 2900 m³ de fondations par puits; 184
m³ de radier; 100 tonnes de palplanches; 3500 m² de dallages portés avec longrines; poteaux, poutres;
2850 m² de dalles pleines; 650 m² de dalles alvéolaires; voiles; acrotères, traitement de JD; 195 ml
découpe de goulottes aux outils diamantés; recharge de fond de bassin existant avec 1500 mètres carrés
de béton allégé; petits ouvrages.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45223220LOT
n° 03
INTITULÉ Charpente métallique et bois
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
7500 kg de poteaux métalliques encastrés en pied; 32 m³ de charpente bois lamellé collé et bois massif.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45223210LOT
n° 04
INTITULÉ Platelage bois
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
600 m² de platelage sur longrines et solives; 120 m² de platelage sur supports fournis par d'autres lots.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421150LOT
n° 06
INTITULÉ Isolation extérieure sur murs béton
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
180 m² d'isolation sur mur béton avec enduit de type revetement plastique épais; 230 m² d'isolation sur
mur béton avec enduit minéral extérieur; 32 ml de couvre joints de dilatation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45321000LOT
n° 07
INTITULÉ Couverture / étanchéité
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
2500 m² d'étanchéité autoprotégée sur dalle béton; 460 m² d'étanchéité sur support bois; lanterneaux;
points d'ancrage permanents, couvertines, moignons EP tronconiques, trop pleins; abergements en zinc;
tranche conditionnelle n° 1: 2089 m² de végétalisation; tranche conditionnelle n° 2: 592 m² de
végétalisation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45261210LOT
n° 08
INTITULÉ Menuiserie aluminium
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 104 of 173
Chassis fixes et ouvrants à rupture de pont thermique (75 unités); 64 m² de chassis coulissants
aluminium de grande hauteur et à haute performance; chassis intérieurs (23 unités); portes CF vitrées en
acier inoxydable; 4 portes cintrées en inox; 123 m² de bandeaux verriers en toiture; 7 exutoires de fumée
et de ventilation; 30 m² de brise-soleil orientables (stores extérieurs à lames).
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421000LOT
n° 09
INTITULÉ Plâtrerie et faux-plafonds
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
130 m² de doublage isolant intérieur; 220 m² de cloisonnements; gaines techniques; 1235 m² de faux
plafond de divers types: platre perforé, platre lisse, plaque de fibres ciment, fibres de bois acoustique; 50
m² de faux plafond 600x600 sur ossature.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45410000LOT
n° 10
INTITULÉ Menuiserie intérieure bois / bardage bois 1) DESCRIPTION SUCCINCTE50 m² de bardage; 40
portes à ame pleine de différentes dimensions; 115 m² de faux plafond à lattes de bois.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421150LOT
n° 11
INTITULÉ Extincteurs et signalétiques incendie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
23 extincteurs; 1 plan d'intervention, 7 plans d'évacuation.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45343220LOT
n° 12
INTITULÉ Serrurerie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
1 porte sectionnale; 5 portes extérieures; mains courantes et garde corps; 1 escalier en colimaçon; 1
portail; 3 portillons.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421148LOT
n° 15
INTITULÉ Parquet
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
110 m² de parquet pont de bateau.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45432113LOT
n° 16
INTITULÉ Peinture intérieure et extérieure
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
1000 m² de peinture antipoussière; 4000 m² de peinture sur murs et plafonds; 88 m² d'enduit minéral
intérieur.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45442100LOT
n° 17
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 105 of 173
INTITULÉ Chauffage / ventilation
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Chaufferie avec 3 chaudières gaz puissance unitaire 660 kw; 1 420 mètres carrés de plancher chauffant;
réseau de chauffage pour 1 500 m² de bassins; production ECS; 130 m² de panneaux solaires
thermiques; ventilation des locaux par 2 centrales de traitement d'air; GTC; 1 hotte buvette.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000LOT
n° 18
INTITULÉ Sanitaire / plomberie
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Installation complète; distribution d'eau froide, d'eau chaude, d'eau froide adoucie; 55 douches; 23 WC;
29 vasques & lave-mains; 8 vidoirs; 5 pédiluves.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45332400LOT
n° 19
INTITULÉ Traitement d'eau
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Traitement par chlore à galets et filtration pour 1500 m² de bassins; installation canalisations de reprise et
de refoulement en hydraulicité inversée; alimentations pour jeux aquatiques.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232430LOT
n° 20
INTITULÉ Electricité CF et CF
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Raccordement au transformateur actuel; TGBT et tableaux divers; installation complète pour 2500 m² de
batiment plus éclairage bassins et extérieurs; courants forts: chemins de cables, cablages, 494
luminaires, alimentation 230 V, alimentation force; courants faibles: chemins de cables, cablages
informatiques, contrôle d'accès, alarme, sécurité incendie, distribution de l'heure.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45311200LOT
n° 21
INTITULÉ Bassins en acier inoxydable
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Isolation, revetement et partition en acier inoxydable du grand bassin carrelé existant de 1500 m²; 37
luminaires éclairage subaquatique;10 échelles; goulottes de débordement et caniveaux de refoulement; 2
cols de cygne, 2 buses plates, 1 rivière à courant, 6 lits massants, 1 jacuzzi, 3 buses de massage
subaquatique; plaques à bouillonnage; 31 potelets amovibles en inox.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45212212
LOT n° 23
INTITULÉ VRD / réseaux enterrés
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Réseaux humides: 440 ml AEP, assainissement; réseaux secs: 2000 ml fourreaux TPC; 64 m³ de
caissettes d'infiltration des eaux pluviales; 730 m² de préparation de plateformes pour le lot
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 106 of 173
Aménagements Extérieurs; abattage d'arbre et débroussaillage.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45111291LOT
n° 26
INTITULÉ Mobilier sur mesure
1) DESCRIPTION SUCCINCTE
31 de bancs en latté de hêtre; 13 ml d'assises de bancs en latté de hêtre; 2 meubles bas en panneaux de
particules finition stratifié; 3 plans en latté de hêtre ou stratifié postformé avec meubles bas; 1 comptoir en
multiplis de hêtre revetu de zinc avec partie rabattable, portillon d'accès, auvent en tôle d'aluminium
thermolaquée; 1 guichet d'accueil en latté de hêtre; 5 placards en panneaux de particules finition
mélaminé et stratifié.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45422100
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
Retenue de garantie de 5,000 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire.
Modalités de variation des prix: fermes actualisables du marché. Une avance de 5,000 % sera accordée
dans les conditions prévues au contrat; elle sera de 30 % pour le lot n° 21 et soumise à garantie à
première demande.
Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux. Le délai global de paiement
est de 30 jours.
Modalités de financements: ressources propres de la collectivité et subventions (la répartition n'est pas
encore connue; subventions envisageables de l'ADEME).
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Les candidats pourront présenter plusieurs offres
en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières
Oui
Les marchés débuteront à compter du 19.9.2011 jusqu'au 31.12.2012. TF: délai 15 mois. TC1: Délai 1
mois. TC2: délai 1 mois.
Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: le maître d'ouvrage souhaite participer à
l'effort national afin de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières
d'insertion et à lutter contre le chômage. L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation
faite à l'acte d'engagement. Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 107 of 173
charges.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2
(déclaration du candidat) - dernière version actualisée - pour présenter leur candidature. Ces documents
sont disponibles gratuitement sur le site
http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat,
réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,
— Bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— Déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des 3 dernières années,
— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne
exécution pour les travaux les plus importants.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été
effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du contrat,
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de contrats de même nature.
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 108 of 173
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateurDCP1006C
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Documents payants Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7.6.2011 - 10:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
Non
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES
Non
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Les lots suivants feront l'objet d'une procédure adaptée distincte de la présente consultation,
conformément aux dispositions de l'art. 27-iii du CMP: 05 bardage pierre / sol pierre / isolation, 13
carrelage et chape, 14 revetement de sol coulé, 22 couverture thermique des bassins, 24 aménagements
extérieurs, 25 signalétique, 27 cabines en stratifié compact et 28 mobilier industriel. Les offres peuvent
être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie
électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la
confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le
niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (politique de référencement intersectoriel de sécurité). Le
certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante:
http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/.
Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé
n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant
envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et
pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif (TA) de Strasbourg
31 avenue de la Paix, BP 1038f
67070 Strasbourg
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 109 of 173
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323Fax +33
388364466
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Voir TA de Strasbourg
(cf. adresse ci-dessus)
67070 Strasbourg
FRANCE
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 110 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-MarcqMarcq-enen-Barœ
Barœul: airair-conditioning installations
Awarding Authority:
VILLE DE MARCQMARCQ-ENEN-BAROEUL
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
131528
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
17/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
42512000
CPV Product Name:
Air-conditioning installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR301
Region Name:
Nord
Town:
MARCQ-EN-BARŒUL
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Travaux
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Ville de Marcq-en-Baroeul
103 avenue Foch, BP 4029
Attn: commande publique
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 111 of 173
59704 Marcq-en-Barœul Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.marcq-en-baroeul.org Adresse du profil d’acheteur
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Ville de Marcq-enBaroeul
103 avenue Foch, BP 4029
59704 Marcq-en-Baroeul Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse auprès de laquelle le
cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue
compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Ville de Marcq-en-Baroeul
103 avenue Foch, BP 4029
59704 Marcq-en-Baroeul Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] internet:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_33zcYGH6Mc Adresse à
laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Ville de Marcq-en-Baroeul
103 avenue Foch, BP 4029
59704 Marcq-en-Baroeul Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] I.2) TYPE DE POUVOIR
ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Travaux de climatisation - local informatique
de l'hôtel de ville.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesTravaux
Exécution
Code NUTS FR301
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 112 of 173
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Travaux de climatisation - local
informatique de l'hôtel de ville.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 42512000
II.1.8) Division en lots
Non
II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1.
Conditions financières. Pondération 40
2. Moyens mis en oeuvre et qualité des matériels. Pondération 60 IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE
ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
11C030
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
17.5.2011 - 16:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.achatpublic.com ou obtenu sur demande écrite
à [email protected].
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Ville de Marcq-en-Baroeul - DCPAJ
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 113 of 173
103 av Foch
59704 Marcq-en-Baroeul Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] VI.5) DATE D'ENVOI DU
PRÉSENT AVIS:21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 114 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Sancé: instruments for measuring flow, level
and pressure of liquids and gases
Awarding Authority:
SDIS DE SAÔNESAÔNE-ETET-LOIRE
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
131695
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
06/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
2 - Supply contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
6 - Body governed by public law
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
38420000 71800000 45331000
CPV Product Name:
Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases
Consulting services for water-supply and waste consultancy Heating,
ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR263
Region Name:
Saône-et-Loire
Town:
SANCÉ
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
AVIS DE MARCHÉ
Fournitures
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
SDIS de Saône-et-Loire
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 115 of 173
4 rue des Grandes Varennes
Attn: M. le président du conseil d'administration
71000 Sancé
FRANCE
Adresse(s) internet
Adresse du profil d’acheteur https://marches.e-bourgogne.fr Adresse auprès de laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact
susmentionné(s)
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Fourniture, pose et maintenance d'un
système de surveillance à distance des consommations, des réseaux d'eau, de détection automatique
des fuites et de télépilotage dans les centres d'incendie et de secours.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
servicesFournitures
Achat
Code NUTS FR263
II.1.3) L’avis implique
L’établissement d’un accord-cadre
II.1.4) Informations sur l’accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre
coût estimé hors TVA
Fourchette: entre 58 528 et 234 113 EUR
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Fourniture, pose et maintenance d'un
système de surveillance à distance des consommations, des réseaux d'eau, de détection automatique
des fuites et de télépilotage dans les centres d'incendie et de secours.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 38420000, 71800000,
45331000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 116 of 173
Non
II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglemententBudget du SDIS.
Paiement par mandat administratif suivant le délai maximum de 30 jours.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marchéLes candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement d'entreprises.
Le Pouvoir adjudicateur pourra exiger la transformation en groupement d'entreprises solidaires, dans les
conditions de l'article 51 IV du code des marchés.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: — la lettre de candidature (imprimé DC1) ou équivalent contenant.
L'imprimé sera accompagné des attestations de pouvoirs nécessaires, dûment signées par les
personnes habilitées à engager le candidat, et en cas de groupement, la lettre de candidature désignant
le mandataire sera complétée et signée par les cotraitants.
— les déclarations sur l'honneur nécessaires et justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une
interdiction de soumissionner et qu'il est en règle vis-à-vis de toutes ces obligations fiscales et sociales
(un formulaire DC7 ou NOTI2 peut utilement être joint), — en cas de redressement judiciaire, copie du ou
des jugements portant l'autorisation de poursuite d'activité sera jointe au dossier.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— présentation
d'une liste indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années; (DC2),
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (DC2).
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 117 of 173
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1.
valeur technique (dont la décomposition en sous-critères est indiquée au réglement de consultation).
Pondération 602. prix. Pondération 40
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
isjoncteureau2011
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
6.6.2011 - 16:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Précisions des rubriques II.2 et II.3:
Il n'y a pas d'option au sens du droit français. Il est indiqué qu'au sens du droit communautaire, le
présent marché pourra faire l'objet de prestations similaires, de marchés complémentaires et d'avenants.
Le marché est conclu à compter de la notification du marché jusqu'au 31.12.2014. La date prévionnelle
de notification est prévue fin juillet 2011.
Le marché est un marché à bons de commande article 77 du CMP.
Obtention des dossiers:
Dossier téléchargeable: https://marches.e-bourgogne.fr, ref disjoncteureau2011.
Dossier papier après demande écrite: télécopie: +33 385353749 ou par courrier adressé au service des
marchés ou par mail: [email protected].
Visites des sites représentatifs des installations facultative: les visites des sites représentatifs des
installations du SDIS ne sont pas obligatoires, elles sont possibles avec un accompagnement des agents
du service patrimoine durant la semaine 20. Les candidats peuvent prendre rendez-vous avec le service
patrimoine au tél. +33 385353571.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Greffe Tribunal administratif de Dijon
22 rue d'Assas, BP 61616
21016 Dijon
FRANCE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 118 of 173
Téléphone +33 380739100
Fax +33 380733989
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 119 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Talange: commissioning of heating installations
Awarding Authority:
MAIRIE DE TALANGE
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
131971
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
01/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
50721000
CPV Product Name:
Commissioning of heating installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR413
Region Name:
Moselle
Town:
TALANGE
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Mairie de Talange
46 - Grand'rue
Attn: M. Abate Patrick, maire
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 120 of 173
57525 Talange
FRANCE
Téléphone +33 387708780
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues: Commune de Talange
46 - Grand'Rue
Attn: M. Bailleux Jean, responsable service technique 57525 Talange
FRANCE
Téléphone +33 387708781
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des
charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et
un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Commune de Talange
46 - Grand'Rue
Attn: M. Bailleux Jean, responsable service technique 57525 Talange
FRANCE
Téléphone +33 387708781
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes
de participation doivent être envoyées: Commune de Talange
46 - grand'rue
Attn: M. Dietrich Jean-Marie, respensable service marchés et moyens 57525 Talange
FRANCE
Téléphone +33 387709112
Courrier électronique (e-mail): [email protected] I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché d'exploitation des installations
thermiques et climatique d'une durée de 5 ans, sous forme P1 - P2 - P3.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Catégorie de services: n° 27
Lieu principal de prestation 46 rue grand 'rue, 57525 Talange, FRANCE.
Code NUTS FR413
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 121 of 173
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Objet: marché d'exploitation des
installations thermiques et climatique d'une durée de 5 ans, sous forme P1 - P2 - P3.
Référence: AO 2011/13.
Caractéristiques principales: Le présent marché porte sur l'exploitation et la maintenance:— des
installations thermiques en vue d'assurer la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire,
— des installations de traitement d'eau,
— des installations de traitement d'air.
L'exploitation et la maintenance des installations comprennent tout ou partie des prestations suivantes.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000
II.1.8) Division en lots
Non
II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 60 (à compter de la date d’attribution du contrat) SECTION III: RENSEIGNEMENTS
D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent:Financement par fonds propres, subventions et emprunt.
Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif et le délai global de paiement est
de 30 jours (article 98 du code des marchés publics).
En cas de retard dans les paiements ou en cas de défaut de paiement (total ou partiel), le titulaire du
marché aura droit à des intérêts moratoires dans les conditions règlementaires (décret no 2002-232 du
21.2.2002).
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:— en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 122 of 173
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Critères de sélection des candidatures: capacité économique et financière.
Référence professionnelle et capacité technique.
III.2.4) Marchés réservés
Non
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une
profession particulière Non
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation
Oui
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
AO 2011/13
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
1.6.2011 - 12:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Le DCE et les plis peuvent respectivement être retiré et transmis par voie électronique depuis le site
Internet du journal:
www.republicain-lorrain.fr à partir de la rubrique marchés publics.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: — Copie du ou des jugements
prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 123 of 173
— Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article
43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,
— Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de
preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des
spécifications techniques: voir spécifications énoncées dans le règlement consultation, — Déclaration
concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du
travail, — Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des
3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix, BP 51038
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
20.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 124 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Strasbourg: commissioning of heating
installations
Awarding Authority:
CONSEIL RÉGIONAL D'ALSACE
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
132002
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
06/06/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
06/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
50721000
CPV Product Name:
Commissioning of heating installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR42
Region Name:
Alsace
Town:
STRASBOURG
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
AVIS DE MARCHÉ
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Conseil régional d'Alsace
1 place Adrien-Zeller, BP 91006
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 125 of 173
Attn: président de la région Alsace
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.region-alsace.eu Adresse auprès de laquelle des
informations complémentaires peuvent être obtenues: Région Alsace
1 place Adrien-Zeller, BP 91006
Attn: service des marchés: S. Heitz (tél: +33 388156874) - direction de la construction: J-M Koestel (tél:
+33 388156874) - energico Ingénierie: S.
Benoit (tél: +33 384677312)
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Téléphone +33 388156874
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388156876
internet: http://www.region-alsace.eu
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être
obtenus: Région Alsace 1 place Adrien-Zeller, BP 91006
Contact: service des marchés
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
internet: http://www.region-alsace.eu
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Région Alsace
1 place Adrien-Zeller, BP 91006
Contact: service des marchés
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
internet: http://www.region-alsace.eu
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou
locale
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché d'exploitation des installations de
production et de distribution de chaleur et d'eau chaude de quatre lycées alsaciens relevant de la
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 126 of 173
compétence de la région Alsace.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Catégorie de services: n° 1
Code NUTS FR42
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Marché d'exploitation des installations
de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude de 4 lycées alsaciens relevant de la
compétence de la région Alsace.
Marché unique.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Non
II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.2) Options
Non
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
Aucune garantie financière ne sera exigée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français.
Modalités de règlement des comptes: règlement des comptes selon les modalités du CCAG-FCS.
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Modalités de financement: financement sur ressources propres de la région Alsace (932-22-6228).
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marchéGroupement solidaire.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 127 of 173
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Critères de sélection des candidatures: 1-Capacités professionnelles;
2-capacités techniques;
3-capacités financières.
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 pour présenter leur candidature. Ces
documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats
doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 (voir règlement de la consultation).
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 (voir le règlement de la consultation).
III.2.4) Marchés réservés
Non
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur11023DC
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 6.6.2011 16:00
Documents payants Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
6.6.2011 - 16:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 128 of 173
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture
des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Non SECTION VI: RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
Non
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRESNon
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Les variantes sont définies dans le dossier de consultation des entreprises.
La durée du marché est de 120 mois.
Le délai d'exécution des prestations part de la date de notification du marché.
Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées
contre récépissé.
Dématérialisation des procédures:
Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante: www.region-alsace.eu.
Les candidats sont autorisés à transmettre, par voie électronique, leurs plis à l'adresse suivante:
www.region-alsace.eu.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix, BP 1038
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466
Organe chargé des procédures de médiation
Différends liés à la passation et l'exécution: TA de Strasbourg (adresse supra). Différends liés à
l'exécution du marché: Comité consultatif interrégional du règlement amiable des litiges (art. 127 du code
des marchés publics) préfecture de Meurthe-et-Moselle
1 rue du Préfet Claude-Erignac
54038 Nancy Cedex
FRANCE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 129 of 173
Téléphone +33 383342523
Fax +33 383342224
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Tribunal administratif de Strasbourg
31 avenue de la Paix, BP 1038
67070 Strasbourg Cedex
FRANCE
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323
Fax +33 388364466
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 130 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-Nantes: heating works
Awarding Authority:
UNIVERSITÉ DE NANTES
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
132090
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
07/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
6 - Body governed by public law
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45232141 42512000
CPV Product Name:
Heating works Air-conditioning installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR51
Region Name:
Pays de la Loire
Town:
NANTES
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
AVIS DE MARCHÉ
Translate! Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Université de Nantes
1 quai de Tourville, BP 13522
Attn: M. Feuilloy Didier
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 131 of 173
44035 Nantes Cedex 1
FRANCE
Téléphone +33 240998472
Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 240998496
Adresse(s) internet
Adresse générale du pouvoir adjudicateur https://www.univ-nantes.fr Adresse du profil d’acheteur
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact
susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Université de Nantes
1 quai de Tourville, BP 13522
Attn: M. Feuilloy Didier
44035 Nantes Cedex 1
FRANCE
Téléphone +33 240998472
Fax +33 240998496
internet:
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_N2T320gO-4 Adresse à
laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné
(s)
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public
Éducation
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Catégorie de services: n° 1
Lieu principal de prestation Pays de la Loire.
Code NUTS FR51
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 132 of 173
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Entretien des installations de chauffage
et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes.
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45232141, 42512000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui
II.1.8) Division en lots
Oui
il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en
considération Non
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Le marché est passé pour une durée initiale d'un an à compter du 1.10.2011. Il pourra être reconduit
expressément 3 fois sur décision de l'université. Ce marché concerne à la fois la maintenance préventive
des installations et la maintenance corrective.
II.2.2) Options
Non
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du contrat) INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT
n° 1
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - site
Tertre.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 2
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - site
Lombarderie.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 3
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - site
Loire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 4
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - école
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 133 of 173
polytechnique de l'université de Nantes.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 5
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes institut universitaire de technologie de Nantes.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 6
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 7
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes institut universitaire de technologie et IUFM de la Roche-sur-Yon.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 8
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM
de Nantes.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 9
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM
d'Angers.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 10
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM
du Mans.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000LOT n° 11
INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de
Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 134 of 173
Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM
de Laval.
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141,
42512000
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglemententFinancement sur budget propre de l'université de Nantes.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Lettre de candidature permettant d'identifier la (les) personne(s) habilitée(s) à
engager le candidat (DC1 ou format libre); délégation de pouvoir si nécessaire. Copie du ou des
jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire (DC2 ou format libre).
Déclaration sur l'honneur justifiant que la candidat n'entre dans aucun des cas de l'article 43 du CMP
(DC2 ou format libre).
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclarations
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations objets du marché,
réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2 ou format libre).
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:Déclaration
indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3
dernières années (DC2 ou format libre). Liste de références de prestations similaires fournies au cours
des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (DC2 ou format
libre). Copies des accréditations et habilitations réglementaires pour la réalisation de chacune des
vérifications demandées.
III.2.4) Marchés réservés
Non
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une
profession particulière Non
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation
Oui
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 135 of 173
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1.
Valeur technique. Pondération 50
2. Prix des prestations. Pondération 40
3. Moyens spécifiques mis en oeuvre pour les travaux urgents. Pondération 10
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
1101AOOS
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7.6.2011 - 12:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture
des offres
Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Non SECTION VI: RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
La visite des sites universitaires est obligatoire, les dates sont précisées pour chacun des sites dans le
règlement de la consultation. Tout dossier déposé sans certificat de visite sera écarté. Le dossier de
consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il peut également être téléchargé
à l'adresse www.achatpublic.com (réf de la procédure: 1101aoos).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Nantes6 allée de l'ile
Gloriette
44000 Nantes
FRANCE
VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'ile Gloriette
44000 Nantes
FRANCE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 136 of 173
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 137 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
F-VillefrancheVillefranche-dede-Rouergue: commissioning of
heating installations
Awarding Authority:
COMMUNE DE VILLEFRANCHEVILLEFRANCHE-DEDE-ROUERGUE
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
132101
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
15/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
3 - Regional or local authority
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
50721000
CPV Product Name:
Commissioning of heating installations
Country Code:
FR
Original Language:
FR
Regional Codes:
FR622
Region Name:
Aveyron
Town:
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
AVIS DE MARCHÉ
Services
SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT
Commune de Villefranche-de-Rouergue
promenade du Guiraudet, BP 392
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 138 of 173
Attn: M. le maire
12200 Villefranche-de-Rouergue
FRANCE
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Commune de
Villefranche-de-Rouerguepromenade du Guiraudet, BP 392
12200 Villefranche-de-Rouergue
FRANCE
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus:
Commune de Villefranche-de-Rouergue
promenade du Guiraudet, BP 392
12200 Villefranche-de-Rouergue
FRANCE
internet: http://www.villefranchederouergue.fr
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Commune de
Villefranche-de-Rouergue
promenade du Guiraudet, BP 392, 12203 Villefranche-de-Rouergue Cedex ou contre récépissé: services
techniques municipaux, place Bernard Lhez 12200 Villefranche-de-Rouergue
FRANCE
internet: http://www.villefranchederouergue.fr
I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale
Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non
SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Catégorie de services: n° 1
Lieu principal de prestation Villefranche-de-Rouergue.
Code NUTS FR622
II.1.3) L’avis implique
Un marché public
II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Prestations de services et de garanties
pour l'exploitation de diverses installations de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude et
de VMC.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 139 of 173
II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000
II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Non
II.1.8) Division en lots
Non
II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui
II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale
Marché ordinaire unique.
II.2.2) Options
Oui
description de ces options: Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires
pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat.
II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
À compter du 30.9.2011. Jusqu’au 30.9.2016
SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET
TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés
Aucune garantie financière n'est exigée.
III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent
Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix unitaires.
Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les
conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-FCS.
Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: budget général de la commune.
III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs
offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs
groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresOui
Le marché débutera à compter du 30.9.2011 jusqu'au 30.9.2016.
III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au
registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement
judiciaire; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 140 of 173
à l'article 43 du CMP; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.
5212-1 à 4 du code du travail.
III.2.2) Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration
concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat,
réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles; déclaration appropriée de banques ou preuve
d'une assurance pour les risques professionnels; bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières
années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de
la loi.
III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:Déclaration
indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour
chacune des 3 dernières années; liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économique; indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur
économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services
ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat; déclaration indiquant l'outillage, le
matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme
nature; description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; renseignements relatifs
à la nationalité du candidat pour les contrats passés dans le domaine de la défense.
III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une
profession particulière Non
III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargés de la prestation
Non
SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure
Ouverte
IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif
IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non
IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur11/03/04
IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non
IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 141 of 173
Documents payants Non
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
15.6.2011 - 09:00
IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français.
IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI:
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE
Non
VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRESNon
VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat)
pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site
www.minefe.gouv.fr.
Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées
contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des
plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en
garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de
(Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau minimum de signature électronique exigé
des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (politique de référencement
intersectoriel de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à
l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus
informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé
aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011.
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 142 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
PLPL-Wągrowiec: waste disposal site construction
work
Awarding Authority:
MIĘ
MIĘDZYGMINNE SKŁ
SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH
SP. Z O.O. W WĄ
WĄGROWCU
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
129707
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
30/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
31/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
1 - Works
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
6 - Body governed by public law
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
1 - Lowest price
CPV Product Code:
45222110 45111200 45223000 45223220 45223300 45223500 45233120
45311000 45310000 45316000 45317300 45316100 45330000 45231000
45232440 45320000 45331100 45321000 45331110 45340000 45111291
45112710 44112100 42996400 43411000 90510000
CPV Product Name:
Waste disposal site construction work Site preparation and clearance work
Structures construction work Structural shell work Parking lot construction
work Reinforced-concrete structures Road construction works Electrical
wiring and fitting work Electrical installation work Installation work of
illumination and signalling systems Electrical installation work of electrical
distribution apparatus Installation of outdoor illumination equipment
Plumbing and sanitary works Construction work for pipelines,
communication and power lines Construction work for sewage pipes
Insulation work Central-heating installation work Thermal insulation work
Boiler installation work Fencing, railing and safety equipment installation
work Site-development work Landscaping work for green areas Shelters
Mixer units Sorting and screening machines Refuse disposal and treatment
Country Code:
PL
Original Language:
PL
Regional Codes:
PL418
Region Name:
Poznański
Town:
WĄGROWIEC
Internet Address:
Main Activities
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 143 of 173
Successful Bidder:
Original
Text:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Translate! Roboty budowlane
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄ
ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu ul. Grunwaldzka 2
Kontaktowy: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu
Do wiadomości: Tomasz Napiecek
62-100 Wągrowiec
POLSKA
Tel. +48 672685118
E-mail: [email protected]
Faks +48 672685118
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.msok.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT
LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Środowisko
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gmina Wągrowiec.
Kod NUTS PL418
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 144 of 173
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania.
Odpadów (dalej - ZZO) Nowe – Toniszewo - Kopaszyn i stworzenie infrastruktury z zakresu
zagospodarowania odpadów, dzięki której powstaną warunki do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Docelowo ZZO obsługiwać będzie 146 221 mieszkańców następujących gmin: M. Wągrowiec, Gm.
Wągrowiec, M. i Gm. Skoki, Gm. Mieleszyn, M. i Gm. Szamocin, M. Chodzież, Gm. Chodzież, Gm.
Budzyń, Gm. Damasławek, Gm. Margonin, M. i Gm. Gołańcz, Gm. Wapno, Gm. Ryczywół, Gm.
Mieścisko, M. i Gm. Rogoźno.
W wyniku zrealizowania inwestycji możliwe będą działania w zakresie: sortowania odpadów
komunalnych, kruszenia odpadów budowlanych, przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, utylizacji
odcieków i ścieków komunalnych, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych
wyodrębnionych z odpadów komunalnych oraz kompostowania.
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o. w miejscowościach Nowe - Toniszewo - Kopaszyn, gm. Wągrowiec obejmować
będzie:
1) budowę i wyposażenie w niezbędne urządzenia, sprzęt i materiały obiektów technicznych,
administracyjnego i technologicznych oraz towarzyszącej infrastruktury Zakładu Zagospodarowania
Odpadów, 2) dostawę i montaż maszyn, urządzeń i sprzętu,
3) rozruch i przeszkolenie załogi oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu.
2.2.1 Podstawowe segmenty technologiczne i techniczne Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO):
a) segment przyjmowania, rejestracji i ewidencji odpadów; b) segment sortowania odpadów z prasą do
wyciskania odpadów; c) segment przetwarzania biologicznego odpadów;
d) segment demontażu kruszenia, odpadów budowlanych i wielkogabarytowych; e) segment czasowego
magazynowania odpadów niebezpiecznych; f) plac czasowego deponowania odpadów budowlanych,
wielkogabarytowych; g) segment warsztatowy na sprzęt zakładowy z zapleczem sanitarnym; h) segment
administracyjny;
i) drogi i place manewrowe wewnątrzzakładowe;
j) system monitoringu Zakładu;
k) system zagospodarowania wód deszczowych;
l) sieci i instalacje wewnątrzzakładowe;
m) pas zieleni izolacyjnej.
n) nowa kwatera ziemna do składowania odpadów.
2.2.2 Obiekty techniczne i technologiczne tworzące ZZO: 1) Ob. nr 101 – Miejsca parkingowe na
samochody osobowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m x 17 sztuk, P = 212,5 m2;
2) Ob. nr 102 – Budynek socjalno - sanitarny o Pcałkowitej = 421,6 m2; 3) Ob. nr 103 – Hala sortowni
odpadów komunalnych zmieszanych i doczyszczania materiałów opakowaniowych o Pzew. = 1 748,00
m2; 4) Ob. nr 104 – Zadaszone boksy do gromadzenia odpadów opakowaniowych — 9 boksów, każdy o
P = 39,0 m2, Pcałkowite = 351,00 m2 oraz dwa boksy, każdy o P = 120,0 m2, Pcałkowite = 240,00 m2
Razem powierzchnia wszystkich boksów P = 591,00 m2.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 145 of 173
5) Ob. nr 105 – Zbiornik na wody opadowe, rozbudowa istniejącego bunkra na odpady niebezpieczne.
Istniejący bunkier zaadaptowany zostanie na podziemny zbiornik wód opadowych. Do zbiornika zostaną
doprowadzone wody opadowe z dróg i placów poprzez separator i osadnik; 6) Ob. nr 106 – Separator
koalescencyjny wraz z osadnikiem; 7) Ob. nr 107 – Warsztat naprawczy z jednym kanałem do podręcznej
obsługi samochodów zakładowych i pojemników wraz z zapleczem techniczno–magazynowym i
wyposażeniem w urządzenia i narzędzia, P = 225,10 m2;
8) Ob. nr 108 – Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne pochodzące z budynku socjalnego –
sanitarnego;
9) Ob. nr 109 – Stacja transformatorowa kontenerowa; 10) Ob. nr 110 – Plac ziemny utwardzony
przeznaczony do przyjęcia odpadów budowlanych o P = 674,50 m2 oraz plac z asfaltobetonu
przeznaczony na ustawienie urządzenia rozdrabniającego wraz z placem utwardzonym wokół maszyny o
P = 60,0 m2;
11) Ob. nr 111 – Plac przejazdowy dla ładowarki;
12) Ob. nr 112 – Wiata kompostowania odpadów;
13) Ob. nr 113 - Wentylatorownia – obiekt kubaturowy, w konstrukcji lekkiej zabudowy, stanowiący
element technologiczny przy wiacie kompostowania odpadów. Powierzchnia zabudowy 138,38 m2,
kubatura 537 m3; 14) Ob. nr 114 – Biofiltry betonowe, 24 sztuk – elementy żelbetowe, otwarte, po 12
sztuk z każdej strony wentylatorowi, każdy o wymiarach 3 m x 6 m, 6 m x 42 m, H = 3 m, P = 252 m2 x 2
sztuki, P = 504 m2; 15) Ob. nr 115 - Zbiornik ścieków technologicznych odcieków pochodzących z
procesu kompostowania w ob. nr 113 i 114 wraz z przepompownią odcieków i instalacją zraszania pryzm
kompostowych;
16) Ob. nr 116 – Plac gotowego kompostu;
17) Ob. nr 117 – Zieleń ozdobna i trawa o P = 1 304,70 m2; 18) Ob. nr 118 – Place technologiczne i drogi
utwardzone z asfaltobetonu przystosowane do ruchu ciężkiego o P = 6 256,60 m2; 19) Ob. nr 119 - Plac
do gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych;
20) Ob. nr 120 - Plac przewidziany pod rozbudowę zakładu; 21) Ob. nr 121 Zbiornik ścieków sanitarnych
– zbiornik podziemny na gromadzenie ścieków bytowych;
22) Ob. nr 122 - Zadaszony plac na osady ściekowe i odpady strukturalne.
Obiekt przylegać będzie bezpośrednio do kompostowni. Będzie to płyta żelbetowa z izolacją z folii
grubości 2 mm, częściowo zadaszona. Spadek na płycie w kierunku ścieku zakończonego kratką.
Powierzchnia zabudowy 384 m2;
23) Ob. nr 123 - Kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne – o powierzchni w koronie 24
000 m2;
24) Ob. nr 124 - Zbiornik ścieków technologicznych; 25) Ob. nr 125 - Stacja magazynowo redukcyjna na
propan – zlokalizowana ze względu na odległości od obiektów, parkingów itd. w części północnej zakładu.
W stacji przewiduje się budowę 2 zbiorników na propan o pojemności V = 4,8 m3 każdy. Zbiorniki zostaną
umieszczone na płycie o wymiarach ok. 4 m x 5m = 20 m2. Gaz propan będzie pobierany do zasilania 2
kotłowni;
26) Ob. nr 126 – Stacja na olej napędowy – plac przeznaczony jest na ustawienie dystrybutorów do
tankowania pojazdów, zbiornika na olej napędowy. Plac w całości zadaszony wiatą 5 x 18,5 = 92,5 m2 i 3
x 18,5= 55,5 m2 (razem 148 m2);
27) Ob. nr 127 – Droga dla kompaktora – przeznaczona do ruchu kompaktora obsługującego kwatery
odpadów innych niż niebezpieczne o szer. 4,5 m; 28) Ob. nr 128 – Droga przeciwpożarowa zapewniająca
dojazd do kwater składowania odpadów o szerokości 4 m;
29) Ob. nr 129 – Studnia pompowania odcieków – usytuowana przy kwaterze składowania odpadów i
istniejącym zbiorniku na odcieki; 30) Ob. nr 130 – Brodzik dezynfekcyjny;
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 146 of 173
31) Ob. nr 131 - Zbiornik na ścieki z brodzika.
2.2.3 Sprzęt ruchomy niezbędny do funkcjonowania Zakładu.
1) Wykaz sprzętu:
a. Ładowarka kołowa (teleskopowa) o pojemności łyżki 2 m3 i widłami 1 200 mm
b) Ładowarka kołowa (przegubowa) o pojemności łyżki 3,5 m3 c) Samochód ciężarowy z nadbudową
hakową z urządzeniem hakowym o udźwigu 20 t
d) Samochód ciężarowy z nadbudową hakową z urządzeniem hakowym o udźwigu 10 t
e) Zamiatarka uliczna
f) Wózek widłowy o udźwigu 500 kg z chwytakiem do chwytania balotów, łyżką o poj.1 m3 i z widłami
g) Kruszarka do gruzu budowlanego mobilna do uzyskania granulacji 12,5 mm do 50 mm
h) Rębarka do gałęzi mobilna z możliwością rozdrabniania materiału o grubości 9’’
i) Rozdrabniarko-mieszarka pojemności komory min. 14 m3 j) Bramowa samojezdna przerzucarka do
kompostu o powierzchni pryzmy 10 - 14 m2
2) Wszystkie maszyny i urządzenia należy wyposażyć w kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi
maszyny w języku polskim. Maszyny fabrycznie nowe - wymagany rok produkcji 2011, 2012.
3) Wraz z maszynami (dla każdej) należy dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi maszyny w
języku polskim, katalog części zamiennych, deklarację zgodności CE oraz DTR.
4) Parametry techniczno – użytkowe maszyn zawiera załącznik nr 10.
2.2.4 Rozruch technologiczny kompostowni i sortowni.
1. Rozruch technologiczny kompostowni należy przeprowadzić do osiągnięcia pełnych parametrów
eksploatacyjnych określonych w dokumentacji projektowej tzn. osiągnięcia wydajności zagwarantowanej.
2. Rozruch technologiczny należy przeprowadzić na 1 pryzmie kompostowej, o wymiarach określonych w
projekcie budowlanym technologicznym (opis na str.
56).
3. Rozruch technologiczny należy przeprowadzić zgodnie z projektem technologicznym.
4. W trakcie rozruchu technologicznego Wykonawca zobowiązany jest: a) prowadzić Dziennik Rozruchu,
b) dokonywać wszystkich niezbędnych czynności, pomiarów, analiz, regulacji aparatury itp.,
c) wpisywać wszystkie przeprowadzone czynności do Dziennika Rozruchu.
5. Rozruch technologiczny należy prowadzić do momentu osiągnięcia następujących warunków:
a) wszystkie urządzenia są sprawne technicznie, pracują zgodnie z (lub analogicznie) z założeniami
projektowymi i DTR poszczególnych urządzeń, b) personel obsługujący kompostownię posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające samodzielną obsługę w okresie jej wstępnej
eksploatacji,
c) spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związane z fazą rozruchu inwestycji,
6. Wykonawca opracuje dokumentację rozruchową i przekaże ją Zamawiającemu.
7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić instrukcję eksploatacji kompostowni w języku polskim.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 147 of 173
8. Przed rozpoczęciem rozruchu wykonawca jest obowiązany do wyposażenia kompostowni w sprzęt i
materiały BHP oraz p.poż., a także w instrukcje BHP i p.poż.
Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45222110, 45111200, 45223000, 45223220, 45223300, 45223500, 45233120, 45311000, 45310000,
45316000, 45317300, 45316100, 45330000, 45231000, 45232440, 45320000, 45331100, 45321000,
45331110, 45340000, 45111291, 45112710, 44112100, 42996400, 43411000, 90510000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8) Podział na części
Nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
Wybudowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (dalej - ZZO) Nowe – Toniszewo Kopaszyn i stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadów, na podstawie dokumentacji
projektowej.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie
30.11.2012
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 1 000 000 złotych słownie: jeden milion złotych.
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank: PEKAO Bank Polski S.A I Oddział Wągrowiec.
Nr rachunku: 71 1240 3725 1111 0000 4059 3119 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na
zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe –
Toniszewo – Kopaszyn.
3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK,
gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.
5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty
zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: a) nazwa i adres Zamawiającego;
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 148 of 173
b) nazwę przedmiotu zamówienia;
c) nazwę i adres Wykonawcy;
d) termin ważności gwarancji;
e) zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w pkt 5.
7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy
Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w
wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty
najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że odwołanie zostało ostatecznie
rozstrzygnięte lub upłynął termin do jego wnoszenia.
12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium w okolicznościach, jak w pkt 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności
wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje
jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach:
a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,
b) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
c) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko-nania umowy,
d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy
wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB oraz
przeszkolenie obsługi i rozruch technologiczny ZZO do osiągnięcia wydajności zagwarantowanej.
2) Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie
realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z
dokumentacji projektowej, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 149 of 173
Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą
realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po
zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole
konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Dyrektora MSOK Sp.
z.o.o.
3) Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł: a). środki własne zamawiającego –
MSOK Sp. z o.o. w Wągrowcu, b). środki pochodzące z budżetu Funduszu UE w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet III. Środowisko
przyrodnicze. Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
4) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego
swoim zakresem z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty.
5) Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy
opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń
określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiORB oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w
miejscu wykonywania robót budowlanych.
6) Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury
przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez wykonawcę oraz protokół
wykonania i odbioru częściowego robót (świadectwo przejściowe) zatwierdzony przez Nadzór
Inwestorski.
7) Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować z wykorzystaniem tabeli elementów scalonych
zawierających poszczególne elementy technologiczne wykonywania robót o stopniu szczegółowości
wynikającym z dokumentacji projektowej. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zawierać zakres
rzeczowy wykonywania zamówienia, terminy realizacji i procentowy podział rozliczeń podanych w
załączniku Nr 1a, z uwzględnieniem poniższych uwarunkowań:
a) fakturowanie za wykonanie części robót - nie częściej niż jedna faktura na kwartał, wystawiona zgodnie
z harmonogramem rzeczowo – finansowym, po zakończeniu elementu lub elementów możliwych do
odbioru, b) zapłata za wystawioną fakturę nastąpi po odbiorze robót i zatwierdzeniu jej przez Nadzór
Inwestorski,
c) nie przewiduje się faktury pro-forma,
d) suma kwot z faktur za wykonywane części robót nie może przekroczyć 87,73 % ceny oferty,
e) faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 12,27 % całkowitej
ceny oferty, po zakończeniu robót i odbiorze ich bez usterek w terminie przewidzianym na ich usunięcie
ustalonym przez Zamawiającego oraz po dokonaniu rozruchu Zakładu i osiągnięciu zagwarantowanych
wyników,
f) kwota wystawionych faktur w 2011r nie może przekroczyć 10 500 000 PLN.
8) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą
odebrane bez usterek i przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia i
wydana zostanie prawomocna decyzja na użytkowanie.
9) Zapłata za poszczególne faktury może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - 30
dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego protokołu odbioru robót i faktury sprawdzonej i
zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski.
10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
11) Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji
finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla
Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 150 of 173
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia.
3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w
postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy.
2) Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: a) roboty budowlane
polegające na budowie zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych o przepustowości nie
mniejszej niż 20 000 Mg/rok, zawierających linię sortowniczą odpadów komunalnych niesegregowanych o
przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wraz z rozruchem i uzyskaniem wymaganego efektu,
b) kompostownię odpadów o wydajności min. 8 000 Mg/rok, c) kwaterę składowiska odpadów o
powierzchni min. 2,0 ha, d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu: budowę placów i dróg pod
obciążenie ciężkie o pow. min. 3 000 m2 każda, a w tym min. jedna droga (plac) o nawierzchni z kostki
betonowej i min. jedna droga (plac) o nawierzchni asfaltowej,
e) budowę hali sortowniczej o pow. min. 2 000 m2 i kubaturze min. 20 000 m3,
f) roboty budowlane polegające na wybudowaniu dowolnej kanalizacji grawitacyjnej z rur o średnicy min.
200 mm długości min. 200 mb, Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie
udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania
do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie
dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 151 of 173
wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót
budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy conajmniej kadry kierowania budową, która posiada
wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób
odpowiedzialnych za kierowanie budową i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie
wykonywania przedmiotu zamówienia).
3) Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym
do wykonania zamówienia tj. kontenerowe miejsce pracy Nadzoru Inwestorskiego i Menagera Projektu,
maszyny do prac ziemnych (koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu), dźwigiem o udźwigu min. 15t i
wysięgu min. 25 m, dźwigiem o udźwigu min. 30 t, zgrzewarkami do folii PEHD, urządzeniami do kontroli
jakości zgrzewu i badania szczelności zgrzewu folii PEHD, agregatami spawalniczymi, walcem
drogowym, przewoźnym spalinowym agregatem prądotwórczym o mocy min. 16 kW, środkami transportu
ciężkiego i pojazdami dostawczymi, dostępem do wytwórni betonu i mas bitumicznych. Spełnianie
warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia.
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a)
kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającego doświadczenie
zawodowe w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji obiektów podobnych do
przedmiotu zamówienia, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zakładu gospodarki
odpadami typu sortownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu drogi, przyłącza sieci itp., z których
przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż 20 000 Mg/rok oraz udokumentowany udział w
co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych o
przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok,
b) kierownikami robót: jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
wodociągowych i kanalizacyjnych; jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w montażu urządzeń sterowania procesami
technologicznymi sortowni odpadów komunalnych; jeden z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej,
c) specjalistą ds. montażu i rozruchu linii technologicznej segregacji odpadów posiadającym
wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem i rozruchem linii
technologicznych zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych, kierowanie montażem i rozruchem
minimum linii segregacji odpadów komunalnych zakończonej odbiorem końcowym,
d) specjalistą ds. rozruchu kompostowni posiadający wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w
kierowaniu montażem i rozruchem kompostowni zakończonego odbiorem końcowym.
e) specjalistą posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w zakresie kształtowania terenów zielonych,
nasadzeń drzew i krzewów, f) kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać wykształcenie
wyższe, stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie (uprawnienia budowlane), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu
Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, osoba która nabyła kwalifikacje
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 152 of 173
zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw
członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, g) posiadać średnioroczne zatrudnienie w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, w liczbie co najmniej 100 pracowników, w tym 10 osób personelu
kierowniczego; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji specjalisty ds. montażu i rozruchu linii
technologicznej segregacji odpadów z funkcją specjalisty ds. montażu i rozruchu linii biologicznego
przetwarzania odpadów.
Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji, musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji.
W przypadku nie spełniania wymogu znajomości języka polskiego przez ww.
Kluczowych Specjalistów, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na
własny koszt przez Wykonawcę tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe
tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane
uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy
a) posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 8 000 000,00 PLN
(słownie: osiem milionów zł), b) osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto
ze sprzedaży w wysokości min. 30 000 000 PLN w każdym z okresów, c) posiadają wskaźnik płynności
finansowej bieżącej za ostatni rok obrachunkowy w granicach 1,2 – 2 liczony jako stosunek aktywa
bieżące do zobowiązania bieżące,
d) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia, z tym że:
suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 10 mln.
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy oraz
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 153 of 173
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w
PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)
(strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ten sam kurs Zamawiający
przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
6) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.; Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunku.
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty
oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. oraz
dokumentów potwierdzających brak wykluczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 1 ppkt
1.1 SIWZ, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy,
o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
P.z.p., b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej
wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia i są ubezpieczeni w zakresie OC
z tytułu prowadzonej działalności na kwotę wymaganą w SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oceniany będzie łącznie ich potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz
sytuacja finansowa (nie dotyczy sytuacji ekonomicznej).
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty:
1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 2); 2) aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 154 of 173
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.1.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
1.1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 2 – 6):
1) ppkt 2 - 4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt 5 - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.
1.1.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1.2
ppkt 1 lit.
b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.1.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.2 ppkt 2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 7)
oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez
kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich
partnerów lub ich pełnomocnika);
8) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
9) oświadczenie dotyczące posiadania lub dostępu do narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami;
10) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności;
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 155 of 173
11) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie;
12) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót
budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
13) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 14)
opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia; 15) sprawozdania finansowego albo jego części (rachunek zysków i strat i
bilans), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości
również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców
niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz
zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
1.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 1, że w stosunku
do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia.
1.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w pkt 1.3, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają
być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunku
zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, sprawozdania finansowego albo
jego części (rachunku zysków i strat i bilansu) oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy.
a) posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 8 000 000,00 PLN
(słownie: osiem milionów zł), b) osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto
ze sprzedaży w wysokości min. 30 000 000 PLN w każdym z okresów, c) posiadają wskaźnik płynności
finansowej bieżącej za ostatni rok obrachunkowy w granicach 1,2 – 2 liczony jako stosunek aktywa
bieżące do zobowiązania bieżące,
d) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia, z tym że:
suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 10 000 000.
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Spełnianie warunku
zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 156 of 173
wykonawcy, którzy będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym
do wykonania zamówienia tj. kontenerowe miejsce pracy Nadzoru Inwestorskiego i Menagera Projektu,
maszyny do prac ziemnych (koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu), dźwigiem o udźwigu min. 15 t i
wysięgu min. 25 m, dźwigiem o udźwigu min. 30 t, zgrzewarkami do folii PEHD, urządzeniami do kontroli
jakości zgrzewu i badania szczelności zgrzewu folii PEHD, agregatami spawalniczymi, walcem
drogowym, przewoźnym spalinowym agregatem prądotwórczym o mocy min. 16 kW, środkami transportu
ciężkiego i pojazdami dostawczymi, dostępem do wytwórni betonu i mas bitumicznych.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą ZP.271.1.2011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 30.5.2011 - 15:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2011 - 10:00
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty
składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2011 - 11:00
Miejsce
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.5.2011 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Wągrowiec przy
ul. Kościuszki 15a, sala narad.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie SEKCJA VI: INFORMACJE
UZUPEŁNIAJĄCE
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 157 of 173
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Tak
odniesienie do projektów i/lub programów: Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 –
2013. Priorytet III.
Środowisko przyrodnicze. Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni
ziemi.
Umowa Nr UDA-RPWP.03.01.01-30-002/10-00 zawarta dnia 9.12.2010 r.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
1. Termin realizacji zadania:
1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – po przekazaniu terenu budowy (planowany termin
- 20.6.2011 r.);
2) zakończenie wykonywania robót budowlanych, wyposażenie obiektów w sprzęt i narzędzia, dostawa i
montaż urządzeń – do 30.10.2012 r., 3) dostawa sprzętu ruchomego w okresie 1-30.10.2012 r., 4)
zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z rozruchem i osiągnięciem zagwarantowanych
wyników – do 30.11.2012 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego
aneksu na następujących warunkach: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów,
przedstawionych w ofercie,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego
kluczowego specjalistę.
2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących
przypadkach:
a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego
specjalisty z obowiązków wynikających z umowy.
3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),
4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy
specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest
zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty.
5) Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia
Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w
wykonaniu następujących zobowiązań:
a) przekazania terenu budowy,
b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany),
c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji
projektowej,
d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych
umową,
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 158 of 173
e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie.
6) Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia,
jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
d) siły wyższej, klęski żywiołowej
e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać
Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f)
niewypałów i niewybuchów,
g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),
i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie
podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.
7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.
8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń itp., 9) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczności
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące niemożliwością
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od
przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych
urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te
będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze
względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji
projektowej, a zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie niekorzystnym wykonaniem przedmiotu
umowy,
e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany wskazywane w lit. e będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie
przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu
kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a–e zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na
zasadach określonych przez strony.
10) Pozostałe zmiany
a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie
wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 159 of 173
kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie
wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą
różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,
a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie wykonawcy,
d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za
rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie
drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ
zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w
formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez
Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik
budowy.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel. +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od
dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 27, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w DUUE lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 160 of 173
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel. +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks +48 224587700
VI.5) DATA WYSŁ
WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁ
OGŁOSZENIA:
20.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 161 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
SESE-Skellefteå: plumbing and sanitary works
Awarding Authority:
SKELLEFTEBOSTÄDER AB
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
130353
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
27/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
31/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
R - Regional or local Agency/Office
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
8 - Not defined
CPV Product Code:
45330000 45331000
CPV Product Name:
Plumbing and sanitary works Heating, ventilation and air-conditioning
installation work
Country Code:
SE
Original Language:
SV
Regional Codes:
SE331
Region Name:
Västerbottens län
Town:
SKELLEFTEÅ
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
Translate!
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Tjänster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER)
Skelleftebostäder AB
Skeppargatan 8
Att: Haldo Jonsson
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 162 of 173
SE-931 30 Skellefteå
SVERIGE
Telefon +46 910736518
E-post: [email protected]
Internetadress(er)
Upphandlande myndighet http://www.skebo.nu
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er) Förfrågningsunderlag och
kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt
inköpssystem) kan erhållas från: Visma Opic AB
Box 396
Att: Beställning
SE-581 04 Linköping
SVERIGE
E-post: [email protected]
Fax +46 134747560
Internet: http://www.opic.com/notice.asp?req=diclkvpx Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till:
Husbyggnadsvaror HBV förening
Box 42059
Att: Mårten Kempe
SE-126 13 Stockholm
SVERIGE
Telefon +46 855676528
E-post: [email protected]
Fax +46 855676503
Internet: http://www.hbv.se
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER Regionalt eller
lokalt organ
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Anskaffar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar? Nej
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen VS-arbeten, Skelleftebostäder
AB.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 163 of 173
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1
Huvudplats för utförandet Skellefteå.
Arbeten inom Skellefteå kommun inte bara tätorten.
NUTS-kod SE331
II.1.3) Meddelandet gäller:
En offentlig upphandling
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna Löpande VS-arbeten fördelade på fler
delområden. Arbeten avser främst reparation, ombyggnad och servicearbeten (åtgärd vid avloppstopp).
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
45330000, 45331000
II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling Ja
II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Ja
ange om anbud ska lämnas för en eller flera delar
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?
Nej
II.2) UPPHANDLINGENS MÄNGD ELLER OMFATTNING
II.2.2) Option
Ja
beskriv optionen: Beställaren har rätt att förlänga kontrakt med ytterligare 1 år, dock max. 2 ggr.
Antal eventuella förlängningar: 2
II.3) KONTRAKTETS LÖPTID ELLER TIDSFRIST FÖR SLUTFÖRANDE datum för påbörjande
1.9.2011. datum för slutförande 31.8.2013 INFORMATION OM DELARDELKONTRAKT NR 1
BENÄMNING Delområde Skellefteå centralort
1) KORT BESKRIVNING
Flera delområden som avser VS-arbeten inom Skellefteå centralort inkl.
Skelleftehamn.
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
45330000, 45331000
4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM
Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet) DELKONTRAKT NR 2 BENÄMNING Delområde
VS-arbeten övriga orter
1) KORT BESKRIVNING
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 164 of 173
Löpande VS-arbeten delområde övriga orter.
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
45330000, 45331000
4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM
Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet) AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK,
FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION AVSNITT IV: FÖRFARANDE
IV.1) TYP AV FÖRFARANDE
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att användas Nej
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggörande angående samma upphandling Nej
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar 27.5.2011 - 14:00
Är handlingarna avgiftsbelagda? Nej
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 31.5.2011 - 23:59
IV.3.6) Språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud Antal dagar 90 (fr.o.m. angivet
datum för mottagande av anbud) IV.3.8) Anbudsöppning
Plats
HBV, Svandammsvägen 24 Hägersten SVERIGE.
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden Nej AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE
UPPLYSNINGAR
VI.1) ÄR DETTA EN ÅTERKOMMANDE UPPHANDLING?
Nej
VI.2) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED
GEMENSKAPSMEDEL?
Nej
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION
OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=diclkvpx.
Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.
VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 165 of 173
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 166 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
SESE-Skellefteå: electrical installation work
Awarding Authority:
SKELLEFTEBOSTÄDER AB
Publication Date:
22/04/2011
Number of Document:
130354
Official Journal No.:
79/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
27/05/2011
Deadline for Tender / Participation
Requests:
31/05/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
5 - European Communities, with participation by GPA countries
Type of Awarding Authority:
R - Regional or local Agency/Office
Type of Bid Required:
3 - Global or partial tender
Awarding Criteria:
2 - The most economic tender
CPV Product Code:
45310000 45315000 45316000 45317000
CPV Product Name:
Electrical installation work Electrical installation work of heating and other
electrical building-equipment Installation work of illumination and signalling
systems Other electrical installation work
Country Code:
SE
Original Language:
SV
Regional Codes:
SE331
Region Name:
Västerbottens län
Town:
SKELLEFTEÅ
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Translate! Tjänster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER)
Skelleftebostäder AB
Skepppargatan 8
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 167 of 173
Att: Haldo Jonssn
SE-931 30 Skellefteå
SVERIGE
E-post: [email protected]
Internetadress(er)
Upphandlande myndighet http://www.skebo.nu
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Husbyggnadsvaror HBV förening Box 42059
Att: Mårten Kempe
SE-126 13 Stockholm
SVERIGE
Telefon +46 855676528
E-post: [email protected]
Fax +46 855676503
Internet: http://www.hbv.se
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad
dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Visma Opic AB
Box 396
Att: Beställning
SE-581 04 Linköping
SVERIGE
E-post: [email protected]
Fax +46 134747560
Internet: http://www.opic.com/notice.asp?req=digjnvkk Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till:
Ovan nämnda kontaktpunkt(er)
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER Regionalt eller
lokalt organ
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Anskaffar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar? Nej
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen Årsavtal EL-arbeten,
Skelleftebostäder AB.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 168 of 173
Tjänstekategori: nr 1
Huvudplats för utförandet Skellefteå.
Arbeten med EL-installation inom hela kommunen.
NUTS-kod SE331
II.1.3) Meddelandet gäller:
Upprättande av ett ramavtal
II.1.4) Information om ramavtal
Ramavtalets löptid: antal år: 2
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna Årsavtal med flera EL-entreprenörer för ELarbeten på resp.
delentreprenad.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
45310000, 45315000, 45316000, 45317000
II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling Ja
II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Ja
ange om anbud ska lämnas för en eller flera delar
II.1.9) Accepteras alternativa anbud?
Nej
II.2) UPPHANDLINGENS MÄNGD ELLER OMFATTNING
II.2.2) Option
Ja
beskriv optionen: Beställaren har rätt att förlänga kontrakt med ytterligare 1 år, dock max. 2 ggr.
Antal eventuella förlängningar: 2
II.3) KONTRAKTETS LÖPTID ELLER TIDSFRIST FÖR SLUTFÖRANDE datum för påbörjande
1.9.2011. datum för slutförande 31.8.2013 INFORMATION OM DELARDELKONTRAKT NR 1
BENÄMNING EL-arbeten inom Skellefteå centralort inkl. Skelleftehamn 1) KORT BESKRIVNING6 st.
delkontrakt för Skellefteå centralort.
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
45310000, 45316000, 453170004) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER
ANNAT START-/ SLUTDATUMstartdatum 1.6.2011. slutdatum 31.5.2013
DELKONTRAKT NR 2
BENÄMNING EL-arbeten i ytterområden inom Skellefteå kommun 1) KORT BESKRIVNING
7 st. delkontrakt i ytteromården inom Skellefteå kommun. Följande orter: — Kåge,
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 169 of 173
— Boliden,
— Bureå,
— Byske,
— Jörn,
— Burträsk samt,
— Lövånger.
2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER)
45310000, 45316000, 45317000
4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM
startdatum 1.6.2011. slutdatum 31.5.2013
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.3) SÄRSKILDA
VILLKOR FÖR TJÄNSTEKONTRAKT
III.3.1) Är utförandet av tjänsten förbehållet en bestämd yrkeskategori? Ja
EL-installatörer med erforderlig EL-behörighet.
AVSNITT IV: FÖRFARANDE
IV.1) TYP AV FÖRFARANDE
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
IV.2.1) Tilldelningskriterier
det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i
förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller i det beskrivande dokumentet
IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att användas Nej
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.2) Tidigare offentliggörande angående samma upphandling Nej
IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar 27.5.2011 - 14:00
Är handlingarna avgiftsbelagda? Nej
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 31.5.2011 - 23:59
IV.3.6) Språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud Antal dagar 90 (fr.o.m. angivet
datum för mottagande av anbud) IV.3.8) Anbudsöppning
Plats
HBV Svandammasvägen 24, Hägersten, SVERIGE.
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 170 of 173
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden Nej AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE
UPPLYSNINGAR
VI.1) ÄR DETTA EN ÅTERKOMMANDE UPPHANDLING?
Nej
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION
OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=digjnvkk.
Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.
VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 171 of 173
PREVIOUS TOP NEXT
Title of Document:
SESE-Finspång: heatheat-recovery systems
Awarding Authority:
VALLONBYGDEN AB
Publication Date:
23/04/2011
Number of Document:
132029
Official Journal No.:
80/2011
Referenced Documents:
Deadline For Specifications:
Deadline for Tender / Participation
Requests:
30/06/2011
Relevancy:
Excellent
Type of Document:
3 - Contract notice
Nature of Contract:
4 - Service contract
Type of Procedure:
1 - Open procedure
Regulation of Procurement:
4 - European Communities
Type of Awarding Authority:
8 - Other
Type of Bid Required:
1 - Global tender
Awarding Criteria:
8 - Not defined
CPV Product Code:
44622000 45251200 45311200 45315100 45330000 45331000
CPV Product Name:
Heat-recovery systems Heating plant construction work Electrical fitting
work Electrical engineering installation works Plumbing and sanitary works
Heating, ventilation and air-conditioning installation work
Country Code:
SE
Original Language:
SV
Regional Codes:
SE123
Region Name:
Östergötlands län
Town:
FINSPÅNG
Internet Address:
Main Activities
Successful Bidder:
Original
Text:
MEDDELANDE OM UPPHANDLING
Translate! Tjänster
AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET
I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER)
Vallonbygden AB
Stora Allén 25
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 172 of 173
SE-612 21 Finspång
SVERIGE
E-post: [email protected]
Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er) Förfrågningsunderlag och
kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt
inköpssystem) kan erhållas från: Visma Opic AB
Box 396
Att: Beställning
SE-581 04 Linköping
SVERIGE
E-post: [email protected]
Fax +46 134747560
Internet: http://www.opic.com/notice.asp?req=digmmwsw Anbud eller anbudsansökningar skall skickas
till: Ovan nämnda kontaktpunkt(er)
I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER Annan
Kommun
AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen Konvertering till Färdig Värme.
II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 27
Huvudplats för utförandet Finspång.
NUTS-kod SE123
II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna Konvertering av befintlig värmekälla till
leverans av hetvatten.
II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
44622000, 45251200, 45311200, 45315100, 45330000, 45331000 II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera
delar?
Nej
AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION AVSNITT IV:
FÖRFARANDE
IV.1) TYP AV FÖRFARANDE
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011
Results of Opportunities Data Search
Page 173 of 173
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 30.6.2011 - 12:00
IV.3.6) Språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar svenska.
IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud Antal dagar 60 (fr.o.m. angivet
datum för mottagande av anbud) AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR
VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION
OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=digmmwsw.
Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen.
VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS:
21.4.2011
file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011

Podobne dokumenty