Eurosportello Veneto Eurosportello Veneto - Tender
Transkrypt
Eurosportello Veneto Eurosportello Veneto - Tender
Results of Opportunities Data Search Page 1 of 173 Eurosportello Veneto - Tender Monitoring Contracts and Tenders For: Marcello Fantini Distretto Venetoclima From: 22/04/2011 - 23/04/2011 Number of Document: 128979 130598 130652 Title of Document: D-Nördlingen: hVAC packages D-Ulm: heating, ventilation and air-conditioning installation work D-Nördlingen: hVAC packages Type of Document: 2 - Additional information 2 - Additional information 2 - Additional information 130698 130749 128932 D-Fürth: heating, ventilation and air-conditioning installation work F-Rouen: commissioning of heating installations PL-Chełm: computer equipment and supplies 2 - Additional information 2 - Additional information 2 - Additional information 129767 129654 129671 AT-Vienna: heating, ventilation and air-conditioning installation work D-Erfurt: HVAC packages D-Ludwigshafen: ventilation and air-conditioning installation work 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 129697 129700 129728 D-Hofheim: ventilation installation work D-Frankfurt-on-Main: central-heating installation work D-Leipzig: central-heating installation work 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 129740 131440 129692 129694 D-Lutherstadt Wittenberg: plumbing and sanitary works D-Hofheim: central-heating equipment F-Veynes: construction work for buildings relating to health F-Amiens: building construction work 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 129739 130160 131488 F-Rouen: construction work F-Lucé: commissioning of heating installations F-Pont-à-Mousson: road construction works 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 131489 131528 131695 F-Strasbourg: demolition work F-Marcq-en-Barœul: air-conditioning installations F-Sancé: instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 131971 132002 132090 F-Talange: commissioning of heating installations F-Strasbourg: commissioning of heating installations F-Nantes: heating works 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 132101 129707 130353 F-Villefranche-de-Rouergue: commissioning of heating installations PL-Wągrowiec: waste disposal site construction work SE-Skellefteå: plumbing and sanitary works 3 - Contract notice 3 - Contract notice 3 - Contract notice 130354 132029 SE-Skellefteå: electrical installation work SE-Finspång: heat-recovery systems 3 - Contract notice 3 - Contract notice file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 2 of 173 TOP NEXT Title of Document: D-Nördlingen: hVAC packages Awarding Authority: STADTWERKE NÖRDLINGEN Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 128979 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: 365026-2010 Deadline For Specifications: 22/12/2010 Deadline for Tender / Participation Requests: 17/02/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 2 - Additional information Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 42512300 CPV Product Name: HVAC packages Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: Region Name: Town: NÖRDLINGEN Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 3 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Ulm: heating, ventilation and airair-conditioning installation work Awarding Authority: BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, VERTRETEN DURCH DAS BMVG, DIESES VERTRETEN DURCH DIE OBERFINANZDIREKTION KARLSRUHE - BUNDESBAU BW, DIESE VERTRETEN DURCH DAS STAATLICHE HOCHBAUAMT ULM Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 130598 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: 123503-2011 Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 04/08/2010 Relevancy: Excellent Type of Document: 2 - Additional information Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 1 - Ministry or any other national or federal authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 8 - Not defined CPV Product Code: 45331000 CPV Product Name: Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: DE144 Region Name: Ulm Town: ULM Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 4 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Nördlingen: hVAC packages Awarding Authority: STADTWERKE NÖRDLINGEN Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 130652 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: 365028-2010 Deadline For Specifications: 22/12/2010 Deadline for Tender / Participation Requests: 17/02/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 2 - Additional information Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 42512300 CPV Product Name: HVAC packages Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: Region Name: Town: NÖRDLINGEN Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 5 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Fürth: heating, ventilation and airair-conditioning installation work Awarding Authority: INFRA FÜRTH GMBH Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 130698 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: 85738-2011 Deadline For Specifications: 08/04/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 11/04/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 2 - Additional information Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 4 - Negotiated procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 4 - Utilities Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45331000 CPV Product Name: Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: Region Name: Town: FÜRTH Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 6 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Rouen: commissioning of heating installations Awarding Authority: CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINESEINE-MARITIME Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 130749 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: 75691-2011 Deadline For Specifications: 27/04/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 04/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 2 - Additional information Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 50721000 CPV Product Name: Commissioning of heating installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: Region Name: Town: ROUEN Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 7 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: PLPL-Cheł Chełm: computer equipment and supplies Awarding Authority: POWIAT CHEŁ CHEŁMSKI Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 128932 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: 360274-2010 Deadline For Specifications: 14/01/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 14/01/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 2 - Additional information Nature of Contract: 2 - Supply contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 6 - Body governed by public law Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 1 - Lowest price CPV Product Code: 30200000 48000000 32400000 32500000 45300000 45310000 45400000 45314000 45311100 45312200 45312100 45315700 45314310 45232300 45331221 45314320 CPV Product Name: Computer equipment and supplies Software package and information systems Networks Telecommunications equipment and supplies Building installation work Electrical installation work Building completion work Installation of telecommunications equipment Electrical wiring work Burglaralarm system installation work Fire-alarm system installation work Switching station installation work Installation of cable laying Construction and ancillary works for telephone and communication lines Partial airconditioning installation work Installation of computer cabling Country Code: PL Original Language: PL Regional Codes: PL312 Region Name: Chełmsko-zamojski Town: CHEŁM Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 8 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: ATAT-Vienna: heating, ventilation and airairconditioning installation work Awarding Authority: OM TEAM W4 Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129767 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: 300689-2010 Deadline For Specifications: 10/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 16/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45331000 CPV Product Name: Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: AT Original Language: DE Regional Codes: AT130 Region Name: Wien Town: VIENNA Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) OM Team W4 Wiedner Hauptstraße 7 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 9 of 173 Kontakt: Bundesimmobiliengesellschaft mbH, OM Team Wien 4 z. H. Herrn Ing. Christian Krottendorfer 1040 Wien ÖSTERREICH Tel. +43 50244-4483 E-Mail: [email protected] Fax +43 50244-4507 Weitere Auskünfte erteilen: ARGE der Architekten Hiesmayr-Gallister-Kratochwil Eroicagasse 30 1190 Wien ÖSTERREICH Tel. +43 13180500 E-Mail: [email protected] Fax +43 13705013 Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: auftrag.at ausschreibungsservice GmbH & Co.KG Wiedner Gürtel 10 Kontakt: Helpdesk 1040 Wien ÖSTERREICH Tel. +43 17982525 E-Mail: [email protected] Fax +43 120699710 Internet: www.auftrag.at Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Bundesimmobiliengesellschaft mbH / EG / Zi 1.05 Zugang über Zi 1.08Hintere Zollamtsstraße 1 1031 Wien ÖSTERREICH Tel. +43 50244-0 I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Sonstiges Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H. Allgemeine öffentliche Verwaltung Sonstiges Immobilienbewirtschaftung file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 10 of 173 Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber 1060 Wien, Getreidemarkt 9, TU Wien Generalsanierung Bauteil BI/BK, Kühlwassernachrüstung. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort 1060 Wien, Getreidemarkt 9 TU - Wien. NUTS-Code AT130 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens KS Installation für die Generalsanierung von 1 Institutgebäude für die Technische Universität Wien. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331000 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Sanitär / Kälteinstallation (Kühlwassernachrüstung) im Gebäude BI/BK in den Laborbereichen. II.2.2) Optionen Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: 1.7.2011. Ende: 30.9.2011 ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Kaution und Deckungsrücklass 7 % der Auftragssumme, Haftrücklass 3 % der Schlussrechnungssumme - siehe Ausschreibungsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Siehe Ausschreibungsunterlagen. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 11 of 173 III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGesamtschuldnerisch haftend, mit bevollmächtigtem Vertreter. Bietergemeinschaften haben die Erklärung abzugeben, dass sie im Auftragsfall die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen siehe Ausschreibungsunterlagen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung JaAuf das Erfordernis einer Anerkennung oder Gleichhaltung bzw. einer Dienstleistungsanzeige für die Erbringung derausschreibungsgegenständlichen Leistung gemäß den §§ 373a ff GewO 1994 in der geltenden Fassung wird ausdrücklich hingewiesen. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Siehe Ausschreibungsunterlagen. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein III.3) BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGSAUFTRÄGE III.3.1) Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten Nein III.3.2) Juristische Personen müssen die Namen und die berufliche Qualifikation der Personen angeben, die für die Ausführung der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein sollen Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 90.114/222-OM.W4/11 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2010/S 197-300689 vom 9.11.2010 Sonstige frühere file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 12 of 173 Bekanntmachungen Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2009/S 235-336472 vom 9.12.2009 IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 10.5.2011 - 12:00 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Zahlungsbedingungen und -weise: Die Unterlagen können über die Homepage (www.big.at) kostenlos heruntergeladen werden. Die Anforderung in Hardcopy (Papierform) ist gegen Verrechnung der Herstellund Versandkosten über auftrag.at, Wiedner Gürtel 10, 1040 Wien, möglich (E-mail: [email protected] Tel.: +43 17982525 Hr. Fenz und Fr. Frye-Brauner). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte von 8:00-15:30 Uhr an Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 16.5.2011 - 11:30 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 16.5.2011 - 11:30 Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN Nationale Erkennungsnummer: [L-489067-1421]. VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Bundesvergabeamt Praterstraße 31 1020 Wien ÖSTERREICH E-Mail: [email protected] Tel. +43 121377-240 VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 13 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Erfurt: HVAC packages Awarding Authority: LANDESHAUPTSTADT ERFURT, STADTVERWALTUNG, STADTKÄMMEREISTADTKÄMMEREI-VERDINGUNGSSTELLE Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129654 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: 79922-2010 Deadline For Specifications: 20/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 26/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 1 - Lowest price CPV Product Code: 42512300 CPV Product Name: HVAC packages Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: Region Name: Town: ERFURT Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle Fischmarkt 1 z. H. Frau Jauch 99084 Erfurt file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 14 of 173 DEUTSCHLAND Tel. +49 3616551282 E-Mail: [email protected] Fax +49 3616551289 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers www.erfurt.de Weitere Auskünfte erteilen: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Amt für Grundstücks- und Gebäudeverwaltung Löberwallgraben 19 z. H. Herrn Braun 99096 Erfurt DEUTSCHLAND Tel. +49 3616553664 Fax +49 3616553669 Internet: www.erfurt.de Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle Fischmarkt 1 z. H. Frau Böhm 99084 Erfurt DEUTSCHLAND Tel. +49 3616551283 E-Mail: [email protected] Fax +49 3616551289 Internet: www.erfurt.de/ausschreibungen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei-Verdingungsstelle Fischmarkt 1 z. H. Frau Böhm 99084 Erfurt DEUTSCHLAND Tel. +49 3616551283 E-Mail: [email protected] file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 15 of 173 Fax +49 3616551289 Internet: www.erfurt.de/ausschreibungen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Neubau Gefahrenabwehrzentrum Süd/Feuerwache II Erfurt, Wilhelm-Wolff-Straße 2, 99099 Erfurt, DEUTSCHLAND. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort Erfurt. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Neubau Gefahrenabwehrzentrum Süd/Feuerwache II Erfurt, Wilhelm-Wolff-Straße 2, 99099 Erfurt, DEUTSCHLAND - Los 011: Sanitär-, Heizungs-, Lüftungsinstallation, MSR-Technik. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 42512300 II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Sanitärtechnik. — 95 Stück Einrichtungsgegenstände mit Montageelementen und Accessoires, — 1 125 m Abwasserleitung als PE- Kunststoffrohr DN 50-150, — 1 680 m Edelstahlstahlrohr / Mehrschichtverbundrohr / PE- Rohr DN 15-80, — 110 Stück Armaturen, — 1 Stück Druckluftanlage mit Kompressor, Druckbehälter, Kältetrockner, Aufbereitung, Druckhaltesystem, 300 m Rohrleitungssystem mit Abnehmeranschlüssen. Heizungstechnik. 1 Stück Wärmeübertragerstation 250 kW mit Druckhaltung 1 Stück Warmwasserbereiter mit Solarthermischer Anlage 1 Stück Kombinierter Heizungsverteiler mit 6 Heizkreisen 10 Stück Drehzahlgeregelte Pumpen, 160 Stück Armaturen 3 700 m Stahlrohr / Präzisionsstahlrohr DN 15-50 130 Stück Heizkörper, 11 Stück Deckenumluftheizer file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 16 of 173 Lüftungstechnik. — 4 RLT Anlagen 1 200 - 4 600 m³/h, — ca. 500 m² Kanalnetz, — ca. 70 Luftdurchlässe, — ca. 20 Brandschutzklappen, — Abgasabsaugung mit Rohrnetz für 27 Fahrzeugstellplätze, — Küchenabluft. MSR-Technik. — 5 BACnet Automationsstationen mit insgesamt 400 Datenpunkten, — 135 Feldgeräte, — 11 000 m Kabel und Leitungen, — Webvisualiserung. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: 19.9.2011. Ende: 31.12.2012 ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der Auftragshöhe. Mängelanspruchsbürgschaft in Höhe von 3 % der Summe der Schlussrechnung. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß VOB/B. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Bieter hat zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit folgende Angaben bzw. Nachweise auf Verlangen vorzulegen: Nachweis über Eintragung in der Handwerksrolle, das Berufsregister oder das Register der Industrie- u. Handelskammer seines Wohnsitzes. Nachweis der Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft, Bieter die nicht ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben eine Bescheinigung des für sie zuständigen Versicherungsträger vorzulegen. Ausländische Bieter haben eine gleichwertige Bescheinigung ihres Herkunftslandes vorzulegen. Unbedenklichkeits-Freistellungsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes. Ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde. Ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet. Dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde,die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt. Dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern u. Abgaben sowie die Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde. Dass sich das Unternehmen bei der Berufsgenossenschaft angemeldet hat. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 17 of 173 III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Auf Verlangen vorzulegen: Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre im Bezug auf vergleichbare Leistungen, unter Einfluss des Anteils der gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträge. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Auf Verlangen vorzulegen: Referenzen über die Ausführung von Leistungen der letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind (Auflistung in einer Referenzliste mit Anschrift, Tel.-Nr. und Ansprechpartner), Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte (Anzahl u.Qualifizierung) sowie das für die Leitung und Aufsicht zur verfügung stehende Personal sowie die dem Unternehmen für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehenden technischen Ausrüstung. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Niedrigster Preis IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber ÖAB 280/11-23 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2010/S 054-079922 vom 18.3.2010 IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 20.5.2011 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 146,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Zahlungsbedingungen und -weise: Konto der Stadtverwaltung Erfurt, Konto-Nr. 390 9999, Hypo Vereinsbank Erfurt, BLZ 820 200 86, Unter Angabe des Kassenzeichens 49.00244.7 einzuzahlen. Bewerber aus den Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft können unter Angabe der IBAN DE51. 8202 0086 0003 9099 99 sowie dem BIC HYVEDEMM498 überweisen. Sie sind nicht rückerstattungspflichtig. Die Ausschreibungsunterlagen können bei der unter Anhang A, Pkt. II genannten Stelle abgefordert file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 18 of 173 werden. Die Unterlagen werden erst nach Vorliegen des Einzahlungsbeleges versandt! IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 26.5.2011 - 11:15 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 3.8.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 26.5.2011 - 11:15 Ort Erfurt. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren Bevollmächtigte. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 - Vergabekammer, Vergabeangelegenheiten Weimarplatz 4 99423 Weimar DEUTSCHLAND VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Gem. § 107 Abs. 3 Nr. 1-4 GWB ist der Antrag unzulässig, soweit. 1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht unverzüglich gerügt hat, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung, Stadtkämmerei, Verdingungsstelle Fischmarkt 1 99084 Erfurt file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 19 of 173 DEUTSCHLAND VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 18.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 20 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Ludwigshafen: ventilation and airair-conditioning installation work Awarding Authority: STADTVERWALTUNG LUDWIGSHAFEN AM RHEIN Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129671 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 12/07/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 12/07/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45331200 CPV Product Name: Ventilation and air-conditioning installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: Region Name: Town: LUDWIGSHAFEN Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein Rathausplatz 20 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 21 of 173 z. H. Herrn Lodderstedt 67059 Ludwigshafen DEUTSCHLAND Tel. +49 6215044647 E-Mail: [email protected] Fax +49 6215044607 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers www.ludwigshafen.de Weitere Auskünfte erteilen: Halter, Ingenieurbüro für Gebäudetechnik Erlenstr. 12 z. H. Herrn Halter 67166 Otterstadt DEUTSCHLAND Tel. +49 6232-34092 E-Mail: [email protected] Fax +49 6232-41544 Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein Rathausplatz 20 Kontakt: Submissionsstelle z. H. Frau Egner 67059 Ludwigshafen DEUTSCHLAND Tel. +49 6215043100 E-Mail: [email protected] Fax +49 6215043778 Internet: www.ludwigshafen.de Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein Rathausplatz 20 z. H. Frau Egner 67059 Ludwigshafen DEUTSCHLAND Tel. +49 6215043100 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 22 of 173 E-Mail: [email protected] Fax +49 6215043778 Internet: www.ludwigshafen.de I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Energetische Komplettsanierung der Erich Kästner Schule, Raumlufttechnische Anlagen nach VOB Teil C DIN 18379. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Hauptausführungsort 67059 Ludwigshafen am Rhein. Bahnhofstr. 52, DEUTSCHLAND. II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Energetische Komplettsanierung der Erich Kästner Schule. Neubau einer Raumlufttechnische Anlage für Teilbereiche der Schule. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331200 II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Ja II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Neubau von Raumlufttechnischen Anlagen mit: 1 Sück Zu- und Abluftgerät 35 000 m³/h 1 Stück Zu- und Abluftgerät 1 500 m³/h 3 Stück Ventilatoren 1 800 m³/h 2 Stück Lüftungstürme 35 000 m³/h 3 700 m² Lüftungskanaäle 180 Stück Schalldämpfer file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 23 of 173 100 Stück Brandschutzklappen 120 Stück Volumenstromregler 340 Stück Schlitzauslässe ohne MwSt. 980 000,00 EUR II.2.2) Optionen Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: 29.9.2011. Ende: 5.10.2012 ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Gemäß Leistungsverzeichnis. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß Leistungsverzeichnis. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGemäß Leistungsverzeichnis. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Geforderte Nachweise. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Geforderte Nachweise. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Geforderte Nachweise. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die nachstehenden Kriterien 1. Fachkunde. Gewichtung 302. Preis. Gewichtung 30 3. Leistungsfähigkeit. Gewichtung 20 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 24 of 173 4. Zuverlässigkeit. Gewichtung 10 5. Gesetzestreue. Gewichtung 10 IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 2011/108 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 12.7.2011 - 10:00 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 78,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 12.7.2011 - 10:00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 31.8.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 12.7.2011 - 10:00 Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer Rheinland Pfalz beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Stiftstrasse 9 55116 Mainz DEUTSCHLAND Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Willi-Brand-Platz 3 54290 Trier DEUTSCHLAND file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 25 of 173 VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 19.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 26 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Hofheim: ventilation installation work Awarding Authority: DER KREISAUSSCHUSS DES MAINMAIN-TAUNUSTAUNUS-KREISES, AMT FÜR SCHULBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129697 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 31/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 08/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45331210 42500000 42512300 45331000 45331200 CPV Product Name: Ventilation installation work Cooling and ventilation equipment HVAC packages Heating, ventilation and air-conditioning installation work Ventilation and air-conditioning installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: DE71A Region Name: Main-Taunus-Kreis Town: HOFHEIM Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Der Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft Am Kreishaus 1-5 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 27 of 173 z. H. Adrian Rostek 65719 Hofheim DEUTSCHLAND Tel. +49 6192201-1785 E-Mail: [email protected] Fax +49 6192201-1720 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers http://www.mtk.org Adresse des Beschafferprofils http://www.mtk.org Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Abbruch, Erweiterung, Sanierung GrafStauffenberg-Gymnasium, Flörsheim; Raumlufttechnik, Bauabschnitt 1 + 2. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort Bürgermeister-Lauck-Straße 24, 65439 Flörsheim, DEUTSCHLAND. NUTS-Code DE71A II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Raumlufttechnik 1 + 2 Bauabschnitt (Lüftung). II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331210, 42500000, 42512300, 45331000, 45331200 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein II.1.8) Aufteilung in Lose Ja file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 28 of 173 sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden für alle Lose II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Raumlufttechnik Bauabschnitt 1. — Lüftunghsgerät einschl. Zubehör: 17 000 m3/h, — Dachventilatoren: 2 Stck (versch. Leistungen 400 - 8.100 m3/h), — Volumenstromregler für Kanaleinbau: 35 Stck, — Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 800 m2, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN 400, 320 m, — Brandschutzklappen, 10 Stck, — Alle RLT-Komponenten einschl. erforderlicher MSR-Technik, 10 Stck. Raumlufttechnik Bauabschnitt 2: — Lüftungsgerät als Deckengerät flache Bauart: 8 000 m3/h, — Lüftungsgerät einschl. Zubehör: 16 000 m3/h, — Dachventilator 500 - 1 000 m3/h, — Volumenstromregler für Kanaleinbau: 40 Stck, — Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 900 qm, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN 400: 280 m, — Brandschutzklappen: 12 Stck, -. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: 8.8.2011. Ende: 2.12.2011 ANGABEN ZU DEN LOSEN LOS-Nr.: 1 BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 1 1) KURZE BESCHREIBUNG Raumlufttechnik (Lüftung) Bauabschnitt 1. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 45331210, 42500000, 42512300, 45331000, 45331200 3) MENGE ODER UMFANG Raumlufttechnik Bauabschnitt 1. — Lüftunghsgerät einschl. Zubehör: 17 000 m3/h, — Dachventilatoren: 2 Stck (versch. Leistungen 400 - 8 100 m3/h), — Volumenstromregler für Kanaleinbau: 35 Stck, — Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 800 m2, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN 400, 320 m, — Brandschutzklappen, 10 Stck, — Alle RLT-Komponenten einschl. erforderlicher MSR-Technik, 10 Stck. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 29 of 173 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS Beginn: 8.8.2011. Ende: 2.12.2011 LOS-Nr.: 2 BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 2 1) KURZE BESCHREIBUNG Raumlufttechnik (Lüftung) Bauabschnitt 2. 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 45331210, 42500000, 42512300, 45331000, 45331200 3) MENGE ODER UMFANG Raumlufttechnik Bauabschnitt 2: — Lüftungsgerät als Deckengerät flache Bauart: 8 000 m3/h, — Lüftungsgerät einschl. Zubehör: 16.000 m3/h, — Dachventilator 500 - 1000 m3/h, — Volumenstromregler für Kanaleinbau: 40 Stck, — Luftkanal aus Stahlblech, einschl. Formstücke: 900 qm, — Luftleitungen aus Rundrohr, DN 100 - DN 400: 280 m, — Brandschutzklappen: 12 Stck, -. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS Beginn: 16.1.2012. Ende: 1.6.2012 ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (sofern die Auftragssumme mindestens 250 000,-- EUR ohne Umsatzsteuer beträgt). Sicherheit für Mängelansprüche 3 % der Abrechnungssumme. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird. Art der Sicherheit: Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. Sicherheitsleistung durch Bürgschaft: Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 30 of 173 Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt 421, - die Mängelansprüche das Formblatt 422, - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 423. Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungs-wesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: — "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht, — Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners, — Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde, — Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend, — Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle.". Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur e i n e r Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß § 16 VOB/B. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Überzahlungen: Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, — in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, — in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, — dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, — dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 31 of 173 Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR / Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis / oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL: http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010 (1).pdf. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. Ab einer Auftragssumme von 30 000 ? wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR / Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis / oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik „Ausschreibungen“ zum download eingestellt. URL: http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010 (1).pdf. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR / Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis / oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik „Ausschreibungen“ zum download eingestellt. URL: http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010 (1).pdf. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 32 of 173 Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu bedienen, muss er Art und Umfang der dafür vorgesehenen Leistungsbereiche in seinem Angebot bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von dieser bestimmten Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Ist der Einsatz anderer Unternehmen beabsichtigt, ist auf Verlangen der Vergabestelle von jedem benannten Unternehmen das Formblatt 236EG (Verpflichtungserklärung) vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber GSG-08/2011 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 31.5.2011 - 00:00 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 25 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungscheck unter Angabe des Kassenzeichens: 11 - 018. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 8.6.2011 - 13:00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 11.7.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 8.6.2011 - 13:00 Ort file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 33 of 173 Main-Taunus-Kreis, Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim, Raum 3.101, DEUTSCHLAND. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren Bevollmächtigte. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN Nachr. V-Nr/AKZ: GSG-08/2011 nachr. HAD-Ref.: 2812/71 nachr. V-Nr/AKZ: GSG-08/2011. VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2 64283 Darmstadt DEUTSCHLAND Fax +49 6151125816 (normale Dienstzeiten); +49 6151126834 (00:00 bis 24:00 Uhr) VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf das Vergabeverfahren findet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Anwendung. Zuständig für die Nachprüfung von Vergabeverfahren ist die Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt (Kontaktdaten unter VI.4.1). Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 107 Abs. 1 GWB). Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht (§ 107 Abs. 2 GWB). Der Antrag ist jedoch nach § 107 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber, dem Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Kontaktdaten unter I.1) nicht unverzüglich gerügt hat (§ 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB); 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 2 GWB); 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB); 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Ergeht demnach eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB). !!! Unverzüglich im Sinne von § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB wird eine Rüge nur dann erhoben, wenn sie spätestens acht Kalendertage nach Kenntnis des Vergaberechtsverstoßes bei der Vergabestelle eingeht. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB) !!! Die Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 107 Abs. 3 GWB sind zwingend zu beachten. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 34 of 173 Der Vertragsschluss ist 15 Kalendertage nach Absendung der Vorinformation an unterlegene Bieter nach § 101a Abs. 1 GWB möglich. Wird die Vorabinformation nach § 101a GWB Abs. 1 per Fax oder auf elektronischem Wege versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tage nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber. Gemäß § 101b Abs. 1 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber:1. gegen § 101a verstoßen hat (§ 101b Abs. 1 Nr. 1 GWB) oder 2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt, ohne andere Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2 festgestellt worden ist (§ 101b Abs. 1 Nr. 2 GWB). Die Unwirksamkeit nach § 101b Abs. 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 101b Abs. 2 GWB). VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 20.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 35 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-FrankfurtFrankfurt-onon-Main: centralcentral-heating installation work Awarding Authority: STADT FRANKFURT AM MAIN, HOCHBAUAMT Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129700 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 09/06/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 09/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 1 - Lowest price CPV Product Code: 45331100 CPV Product Name: Central-heating installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: DE712 Region Name: Frankfurt am Main Town: FRANKFURT-ON-MAIN Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Stadt Frankfurt am Main, Hochbauamt Gerbermühlstraße 48 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 36 of 173 z. H. Andreas Bruns 60594 Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Tel. +49 69212-33142 E-Mail: [email protected] Fax +49 69212-44509 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers www.stadt-frankfurt.de Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: Hochbauamt Gerbermühlstr. 48 z. H. Submissionsstelle 60594 Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Internet: http://www.vergabe.stadt-frankfurt.de I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Heizungsinstallation Carlo-Mierndorff-Schule [BL015] [BL015]. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort Carlo-Mierndorff-Schule. NUTS-Code DE712 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Heizungsinstallation. Carlo-Mierndorff-Schule. Gesamtsanierung Schulgebäude. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 37 of 173 II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331100 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang KG 420 Heizungsinstallation. — 1 Pelletkessel 130 KW, — 1 St. Pelletlager mit Schwerlastarmrührwerk und Fördertechnik, — 1 Gas- Brennwertkessel 285 KW, — ca. 2 190 m Rohrleitung Stahl schwarz DN 15 bis DN 80, — 2 Warmwasserbereitungen als Frischwasserstationen, — ca. 59 St. Plattenheizkörper, — 1 St. Pumpendruckhaltung mit Grundgefäß 600 l, — ca. 9 St. Heizkreispumpen und Armaturen, — ca. 126 Brandschutzabschottungen für Wände und Decken. II.2.2) Optionen Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: 3.11.2011. Ende: 14.12.2012 ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Siehe Vergabeunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Siehe Vergabeunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wirdGesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 38 of 173 Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist diesen Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Evtl. geforderter Nachweis einer Registereintragung, weitere Nachweise zur Rechtslage: siehe Vergabeunterlagen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist diesen Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Möglicherweise geforderte Mindeststandards Siehe Vergabeunterlagen. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) oder Eigenerklärungen gem. Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung). Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Das Formblatt 124 ist diesen Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Möglicherweise geforderte Mindeststandards Siehe Vergabeunterlagen. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Niedrigster Preis IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 65-2011-00107 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformation Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2010/S 2010-S120-181424 vom 24.6.2010 IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 9.6.2011 Die Unterlagen sind kostenpflichtig file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 39 of 173 Preis 25,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Banküberweisung an Kassen- und Steueramt Frankfurt am Main. Kto. 2609, BLZ, Geldinstitut 500 100 60, Postbank Frankfurt am Main. Banküberweisung Kassen- und Steueramt Frankfurt am Main Kto. 2-609, BLZ 500 100 60, Postbank Frankfurt am Main. Nach Vorliegen des quittierten Einzahlungsbeleges werden die Ausschreibungsunterlagen zugeschickt. Angabe auf dem Beleg: 5099 aus 65-2011-00107. Anforderung der Angebotsunterlagen unter Fax-Nr.069-212 47945 mit gleichzeitiger Zusendung des Zahlungsbeleges. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 9.6.2011 - 09:30 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 27.7.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 9.6.2011 - 09:30 Ort Submissionsstelle EG Gerbermühlstr. 48, 60594 Frankfurt am Main, DEUTSCHLAND. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRDNein VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat III 31.4 Wilhelminenstr. 1-3 64283 Darmstadt DEUTSCHLAND Fax +49 615112-5816 VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Wir weisen auf § 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB (15-Tagesfrist) hin. VI.4.3) Stelle, bei der Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erhältlich sind Hochbauamt Stadt Frankfurt Gerbermühlstr. 48 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 40 of 173 60594 Frankfurt am Main DEUTSCHLAND Internet: www.vergabe.stadt-frankfurt.de VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 20.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 41 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Leipzig: centralcentral-heating installation work Awarding Authority: UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG AÖR Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129728 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 19/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 19/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 6 - Body governed by public law Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 1 - Lowest price CPV Product Code: 45331100 CPV Product Name: Central-heating installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: DED31 Region Name: Leipzig Town: LEIPZIG Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: BEKANNTMACHUNG Translate! Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Universitätsklinikum Leipzig AöR Liebigstr. 18 Kontakt: Susanne Streit file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 42 of 173 04103 Leipzig DEUTSCHLAND Tel. +49 3419714200 E-Mail: [email protected] Fax +49 3419714209 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers www.uniklinikum-leipzig.de Weitere Auskünfte erteilen: IBG, Ingenieurbüro für Gesamtplanung GmbH, Büro Halle Waisenhausring 6 06108 Halle DEUTSCHLAND Tel. +49 3451317856 Fax +49 3451317943 Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: SDV AG, Bereich Vergabeunterlagen Tharandter Straße 23--35 01159 Dresden DEUTSCHLAND Tel. +49 3514203-1415 E-Mail: [email protected] Fax +49 3514203-1460 Internet: www.vergabe24.de Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Einrichtung des öffentlichen Rechts Gesundheit Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber 3.3 - Wärmeversorgungsanlage II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 43 of 173 Hauptausführungsort Universitätsklinikum Leipzig AöR, 04103 Leipzig, DEUTSCHLAND. NUTS-Code DED31 II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Liegenschaft: Universitätsklinikum Leipzig AöR; Maßnahme: Neubau ZZMK; Leistung: 3.3 - Wärmeversorgungsanlage. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45331100 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Rohrleitungen aus Stahl DN 15-25 ca. 2 500 m, DN 32-50 ca. 1 400 m, DN 65-100 ca. 300 m; Heißwasserpumpen 6 St.; Röhrenradiatoren ca. 145 St.; Profilventilheizkörper ca. 220 St.; Kernbohrungen 60 mm ca. 600 St. ohne MwSt. 0,00 EUR II.2.2) Optionen Nein II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Dauer in Monaten 9 (ab Auftragsvergabe) ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Bürgschaften gemäß Formblatt 421/422 und 423 (VHB - Bund - Ausgabe 2008). III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Nach VOB 2009 und Vergabeunterlagen. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben gemäß Formblatt 124 VHB 2008. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Referenzen werden nur als vergleichbar angesehen, soweit sie Krankenhausbauten mit einem Auftragsvolumen von mindestens 1 500 000 EUR netto betreffen. Das Formblatt 124 ist Bestandteil der Vergabeunterlagen. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 44 of 173 Soweit die Angaben gemäß Formblatt 124 bereits durch Eintragung in die Liste des Vereins, für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erbracht sind, braucht das Formblatt nicht ausgefüllt zu werden. Der Auftraggeber ist darauf hinzuweisen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben gemäß Formblatt 124 VHB 2008. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Referenzen werden nur als vergleichbar angesehen, soweit sie Krankenhausbauten mit einem Auftragsvolumen von mindestens 1 500 000 EUR netto betreffen. Das Formblatt 124 ist Bestandteil der Vergabeunterlagen. Soweit die Angaben gemäß Formblatt 124 bereits durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erbracht sind, braucht das Formblatt nicht ausgefüllt zu werden. Der Auftraggeber ist darauf hinzuweisen. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Angaben gemäß Formblatt 124 VHB 2008. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Referenzen werden nur als vergleichbar angesehen, soweit sie Krankenhausbauten mit einem Auftragsvolumen von mindestens 1 500 000 EUR netto betreffen. Das Formblatt 124 ist Bestandteil der Vergabeunterlagen. Soweit die Angaben gemäß Formblatt 124 bereits durch Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. erbracht sind, braucht das Formblatt nicht ausgefüllt zu werden. Der Auftraggeber ist. Darauf hinzuweisen. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Niedrigster Preis IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 62 430 00 2011 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Vorinformationvom 13.12.2010 IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 19.5.2011 Die Unterlagen sind kostenpflichtig file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 45 of 173 Zahlungsbedingungen und -weise: Kosten in EUR: Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen 62 430 00 2011: 32,90 EUR; Bestellung per Post, Fax oder E-Mail unter Angabe des Verwendungszweckes 62 430 00 2011 an die unter A.II) angegebene Adresse. Die Bezahlung kann durch Lastschrifteinzugsermächtigung, durch Verrechnungsscheck bzw. Überweisung auf das Konto der SDV AG Postbank Leipzig, Konto-Nr. 0156600907, BLZ: 86010090 erfolgen. Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEBFormat) erfolgt dessen Auslieferung bei der gedruckten Fassung der Vergabeunterlagen auf CD-ROM. Die Bestellung der gedruckten Fassung ist ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und dem Vorliegen einer Lastschrifteinzugsermächtigung möglich. Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen: 17,85 EUR ist im Internet unter www.vergabe24.de im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Freischaltung und dem Vorliegen einer Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der Betrag wird nicht erstattet. IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 19.5.2011 - 15:00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 28.6.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 19.5.2011 - 15:00 Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN I.1) Name, Adressen und Kontaktstelle(n): Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: Digital einsehbar und abrufbar: ja, unter www.vergabe24.de. VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Landesdirektion Leipzig Braustr. 2 04107 Leipzig DEUTSCHLAND VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Anträge auf Durchführung eines file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 46 of 173 Vergabenachprüfungsverfahrens sind binnen 10 Tagen nach Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer zu stellen. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 11.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 47 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Lutherstadt Wittenberg: plumbing and sanitary works Awarding Authority: PAUL GERHARDT DIAKONIE KRANKENHAUS UND PFLEGE GMBH Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129740 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 02/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 06/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45330000 45331100 45331231 45332000 45321000 CPV Product Name: Plumbing and sanitary works Central-heating installation work Installation work of refrigeration equipment Plumbing and drain-laying work Thermal insulation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: DEE0E Region Name: Wittenberg Town: LUTHERSTADT WITTENBERG Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH Paul-Gerhardt-Straße 42-45 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 48 of 173 Kontakt: Ingenieurbüro Golsch & Stäbler, Dessauer Str. 232, 06886 Lutherstadt Wittenberg z. H. Herrn Stäbler 06886 Lutherstadt Wittenberg DEUTSCHLAND Tel. +49 3491612524 E-Mail: [email protected] Fax +49 3491666428 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers www.pgdiakonie.de Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Sonstiges Krankenhausträger Gesundheit Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber Nein ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Heizungs- und Sanitärinstallationen. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort 06886 Luth. Wittenberg NUTS-Code DEE0E II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Umschlüsse und Demontage von Leitungsabschnitten, die zeitweise noch in Betrieb verbleiben; Aufbau komplett neuer Brauchwasser- und Heizungsleitungen mit ca. 170 sanitären Objekten (WC, WT, Spülen, Ausgyßbecken, WM, Gsp., Duschen) und ca. 220 Heizkörpern in 5 Etagen; neues Entwässerungssystem Schmutzwasser mit 21 Hauptleitungen und 2 Hebeanlagen, davon 1 Hebeanlage für Regenwasser samt Vorlage zur Aussenaufstellung in Grünfläche vor dem Gebäude; 1 Fettabscheider mit Entleerungssystem; Montage einer Weichwasseranlage mit Ringleitung zur Verbindung an vorh. System; Einbau einer GWW-Bereitungsanlage; Löschwasserleitung mit Einspeisung und 5 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 49 of 173 Entnahmestellen, Kaltwasserleitungen für Kühlung. II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 45330000, 45331100, 45331231, 45332000, 45321000 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Ja II.1.8) Aufteilung in Lose Nein II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Ja II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Temporäre Umschlüsse, anschließend Demontagen; 1 400 m KW-, 1 650 m WW- und Zirkulationsleitungen, 1 500 m Schmutzwasser- und 160 m Regenwasserleitungen; 1 650 m Leitungen für Raumheizung und 200 m für Lufterhitzer und – nacherhitzer; 220 Heinzkörper unterschiedlicher Bauart; Verteiler für KW, WW und Heizung; Löschwasserleitung "trocken" mit Einspeisung und 5 Entnahmekästen; 1 GWW-Anlage; 1 Weichwasseranlage mit Ringleitung und Desinfektion. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Dauer in Monaten 21 (ab Auftragsvergabe) ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten — siehe Vertragsunterlagen. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) — siehe Vertragsunterlagen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird— siehe Vertragsunterlagen. III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch einen Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt "Eigenerklärungen zur Eignung" vorzulegen. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Angaben zur technischen Ausrüstung des Bieters insbesondere um den Abbruch im Krankenhaus – Komplex äußerst Staub- u. Lärmarm durchführen zu können. ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 50 of 173 Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber 387 - 13 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 2.5.2011 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 35,00 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungsscheck mit der Anforderung (Versand der Unterlagen nur bei Vorlage des Schecks). IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 6.6.2011 - 12:30 IV.3.5) Tag der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber 5.5.2011 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 4.7.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 6.6.2011 - 12:30 Ort Paul Gerhardt Diakonie Krankenhaus und Pflege GmbH, Paul-Gerhardt-Str. 42–45, 06886 Lutherstadt Wittenberg, Haus 6, Beratungsraum. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und ihre Bevollmächtigten. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN Landesverwaltungsamt, Willy-Lohmann-Str. 7, 06114 Halle, DEUTSCHLAND. II.3) Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung: Beginn 18.7.2011; Ende:15.4.2013. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 51 of 173 IV.3.7) Bindefrist des Angebots: Frist in Monaten: 1. VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 13.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 52 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: D-Hofheim: centralcentral-heating equipment Awarding Authority: DER KREISAUSSCHUSS DES MAINMAIN-TAUNUSTAUNUS-KREISES, AMT FÜR SCHULBAU UND GEBÄUDEWIRTSCHAFT Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 131440 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 31/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 06/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 39715210 42512300 44621110 44621111 45331000 45331100 CPV Product Name: Central-heating equipment HVAC packages Central-heating radiators Nonelectrically-heated central-heating radiators Heating, ventilation and airconditioning installation work Central-heating installation work Country Code: DE Original Language: DE Regional Codes: DE71A Region Name: Main-Taunus-Kreis Town: HOFHEIM Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! BEKANNTMACHUNG Bauleistung ABSCHNITT I: ÖFFENTLICHER AUFTRAGGEBER I.1) NAME, ADRESSEN UND KONTAKTSTELLE(N) Der Kreisausschuss des Main-Taunus-Kreises, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft Am Kreishaus 1-5 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 53 of 173 z. H. Adrian Rostek 65719 Hofheim DEUTSCHLAND Tel. +49 6192201-1785 E-Mail: [email protected] Fax +49 6192201-1720 Internet-Adresse(n) Hauptadresse des Auftraggebers http://www.mtk.org Adresse des Beschafferprofils http://www.mtk.org Weitere Auskünfte erteilen: die oben genannten Kontaktstellen Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) sind erhältlich bei: den oben genannten Kontaktstellen Angebote/Teilnahmeanträge sind zu richten an: die oben genannten Kontaktstellen I.2) ART DES ÖFFENTLICHEN AUFTRAGGEBERS UND HAUPTTÄTIGKEIT(EN) Regional- oder Lokalbehörde Allgemeine öffentliche Verwaltung ABSCHNITT II: AUFTRAGSGEGENSTAND II.1) BESCHREIBUNG II.1.1) Bezeichnung des Auftrags durch den Auftraggeber Abbruch, Erweiterung, Sanierung GrafStauffenberg-Gymnasium, Flörsheim; Wärmeversorgungsanlagen (Heizung), Bauabschnitt 1 + 2. II.1.2) Art des Auftrags sowie Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung Bauleistung Ausführung Hauptausführungsort Bürgermeister-Lauck-Straße 24, 65439 Flörsheim, DEUTSCHLAND. NUTS-Code DE71A II.1.3) Gegenstand der Bekanntmachung Öffentlicher Auftrag II.1.5) Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens Wärmeversorgungsanlagen (Heizung). II.1.6) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 39715210, 42512300, 44621110, 44621111, 45331000, 45331100 II.1.7) Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): Nein II.1.8) Aufteilung in Lose Ja sollten die Angebote wie folgt eingereicht werden für alle Lose II.1.9) Varianten/Alternativangebote sind zulässig: Nein file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 54 of 173 II.2) MENGE ODER UMFANG DES AUFTRAGS II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang Heizung Bauabschnitt 1: — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 2 500 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN 65, ca. 20 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 50 Stck. Heizung Bauabschnitt 2: — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 1 000 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN 65, ca. 150 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 44 Stck, — Deckestrahlplatten, einschl. Zubehör, ca. 15 qm. II.3) VERTRAGSLAUFZEIT BZW. BEGINN UND ENDE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG Beginn: 8.8.2011. Ende: 1.6.2012 ANGABEN ZU DEN LOSEN LOS-Nr.: 1 BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 1. 1) KURZE BESCHREIBUNG Wärmeversorgungsanlagen (Heizung). 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 39715210, 42512300, 44621110, 45331000, 45331100 3) MENGE ODER UMFANG Heizung Bauabschnitt 1: — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 2 500 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN 65, ca. 20 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 50 Stck. 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS Beginn: 8.8.2011. Ende: 2.12.2011 LOS-Nr.: 2 BEZEICHNUNG: Bauabschnitt 2. 1) KURZE BESCHREIBUNG Wärmeversorgungsanlagen (Heizung). 2) GEMEINSAMES VOKABULAR FÜR ÖFFENTLICHE AUFTRÄGE (CPV) 39715210, 42512300, 44621110, 45331000, 45331100 3) MENGE ODER UMFANG Heizung Bauabschnitt 2: — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 15 - DN 40, ca. 1 000 m, — Rohrleitungen aus Stahlrohr DN 50 - DN 65, ca. 150 m, — Heizkörper und Zubehör, ca. 44 Stck, — Deckestrahlplatten, einschl. Zubehör, ca. 15 qm. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 55 of 173 4) ABWEICHUNG VON DER VERTRAGSLAUFZEIT ODER DEM BEGINN BZW. ENDE DES AUFTRAGS Beginn: 16.1.2012. Ende: 1.6.2012 ABSCHNITT III: RECHTLICHE, WIRTSCHAFTLICHE, FINANZIELLE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN III.1) BEDINGUNGEN FÜR DEN AUFTRAG III.1.1) Geforderte Kautionen und Sicherheiten Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (sofern die Auftragssumme mindestens 250 000,00 EUR ohne Umsatzsteuer beträgt). Sicherheit für Mängelansprüche 3 % der Abrechnungssumme. Rückgabezeitpunkt für eine nicht verwertete Sicherheit für Mängelansprüche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B): Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche. Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Bürgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist. Nach Abnahme und Erfüllung aller bis dahin erhobenen Ansprüche einschließlich Schadenersatz kann der Auftragnehmer verlangen, dass die Sicherheit für die Vertragserfüllung in eine Mängelansprüchesicherheit umgewandelt wird. Art der Sicherheit: Für die Vertragserfüllung und die Mängelansprüche kann Sicherheit wahlweise durch Einbehalt oder Hinterlegung von Geld oder durch Bürgschaft geleistet werden. Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewählte Sicherheit durch eine andere der vorgenannten ersetzen. Für vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und für vereinbarte Vorauszahlungen ist Sicherheit durch Bürgschaft zu leisten. Sicherheitsleistung durch Bürgschaft: Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Vertragshandbuchs für die Baumaßnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden, und zwar für - die Vertragserfüllung das Formblatt 421, - die Mängelansprüche das Formblatt 422, - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 423. Die Bürgschaft ist von einem - in den Europäischen Gemeinschaften oder - in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder - in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kredit- oder Kautionsversicherer zu stellen. Die Bürgschaftsurkunden enthalten folgende Erklärung des Bürgen: - "Der Bürge übernimmt für den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bürgschaft nach deutschem Recht. - Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage gemäß §§ 770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners. - Die Bürgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Rückgabe dieser Bürgschaftsurkunde. - Die Bürgschaftsforderung verjährt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Bürgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen über die Verjährung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind für den Bürgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend. - Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zuständigen Stelle". Die Bürgschaft ist über den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen. Die Urkunde über die Abschlagszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Stoffe und Bauteile, für die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind. Die Urkunde über die Vorauszahlungsbürgschaft wird zurückgegeben, wenn die Vorauszahlung auf fällige Zahlungen angerechnet worden ist. III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bzw. Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften (falls zutreffend) Gemäß § 16 VOB/B. Alle Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung für den Auftraggeber an den für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflösung der Arbeitsgemeinschaft. Überzahlungen: Bei Rückforderungen des Auftraggebers aus Überzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen. Im Falle der file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 56 of 173 Überzahlung hat der Auftragnehmer den überzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang des Rückforderungsschreibens nicht, befindet er sich ab diesem Zeitpunkt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer nicht berufen. III.1.3) Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter: Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung abzugeben, - in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist, - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen an die Auftragsausführung Nein III.2) TEILNAHMEBEDINGUNGEN III.2.1) Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR/Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis/oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL: http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010 (1).pdf. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. Ab einer Auftragssumme von 30.000 ? wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern. Ausländische Bieter haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.2) Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR/Eintragung in die Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis/oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL: http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010 (1).pdf. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. III.2.3) Technische Leistungsfähigkeit Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:Der Nachweis der Eignung kann durch anerkannter Präqualifikationsnachweise (u.a. HPQR/Eintragung in die file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 57 of 173 Liste des Vereins für Präqualifikation von Bauunternehmen e.V., Präqualifikationsverzeichnis/oder andere gleichwertige Präqualifizierungen) geführt werden. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 (Eigenerklärungen zur Eignung) vorzulegen. Das Formblatt 124 ist über die Homepage des Main-Taunus-Kreises www.mtk.org unter der Rubrik "Ausschreibungen" zum download eingestellt. URL: http://www.mtk.org/cps/rde/xbcr/mtk_internet/124_FormblattEigenerklaerungZurEignung_VHB2008Mai2010 (1).pdf. Soweit zuständige Stellen Eigenerklärungen bestätigen, sind von Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, die entsprechenden Bescheinigungen vorzulegen. Bieter, die ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland haben, haben gleichwertige Bescheinigungen von anerkannten Stellen ihres Herkunftslandes vorzulegen. Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen zu bedienen, muss er Art und Umfang der dafür vorgesehenen Leistungsbereiche in seinem Angebot bezeichnen. Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten (Mittel, Kapazitäten) der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von dieser bestimmten Zeitpunkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. Ist der Einsatz anderer Unternehmen beabsichtigt, ist auf Verlangen der Vergabestelle von jedem benannten Unternehmen das Formblatt 236 EG (Verpflichtungserklärung) vorzulegen. III.2.4) Vorbehaltene Aufträge Nein ABSCHNITT IV: VERFAHREN IV.1) VERFAHRENSART IV.1.1) Verfahrensart Offenes Verfahren IV.2) ZUSCHLAGSKRITERIEN IV.2.1) Zuschlagskriterien Wirtschaftlich günstigstes Angebot die Kriterien, die in den Verdingungs-/Ausschreibungsunterlagen, der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbewerblichen Dialog aufgeführt sind IV.2.2) Es wird eine elektronische Auktion durchgeführt Nein IV.3) VERWALTUNGSINFORMATIONEN IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber GSG-10/2011 IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen desselben Auftrags Nein IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt von Verdingungs-/Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen Schlusstermin für die Anforderung von oder Einsicht in Unterlagen 31.5.2011 - 00:00 Die Unterlagen sind kostenpflichtig Preis 25 EUR Zahlungsbedingungen und -weise: Verrechnungscheck unter Angabe des Kassenzeichens: 11 - 017. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 58 of 173 IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Angebote bzw. Teilnahmeanträge 6.6.2011 - 14:00 IV.3.6) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können Deutsch. IV.3.7) Bindefrist des Angebots Bis 11.7.2011 IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 6.6.2011 - 14:00 Ort Main-Taunus-Kreis, Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim, DEUTSCHLAND, Raum 3.101. Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen Ja Bieter und deren Bevollmächtigte. ABSCHNITT VI: ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN VI.1) DAUERAUFTRAG Nein VI.2) AUFTRAG IN VERBINDUNG MIT EINEM VORHABEN UND/ODER PROGRAMM, DAS AUS GEMEINSCHAFTSMITTELN FINANZIERT WIRD Nein VI.3) SONSTIGE INFORMATIONEN Nachr. V-Nr/AKZ: GSG-10/2011. Nachr. HAD-Ref.: 2812/69. Nachr. V-Nr/AKZ: GSG-10/2011. VI.4) NACHPRÜFUNGSVERFAHREN/RECHTSBEHELFSVERFAHREN VI.4.1) Zuständige Stelle für Nachprüfungsverfahren Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2 64283 Darmstadt DEUTSCHLAND Fax +49 6151125816 (normale Dienstzeiten) / 6151126834 (00:00 bis 24:00 Uhr) VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Auf das Vergabeverfahren findet das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) Anwendung. Zuständig für die Nachprüfung von Vergabeverfahren ist die Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt (Kontaktdaten unter VI.4.1)). Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein (§ 107 Abs. 1 GWB). Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht (§ 107 Abs. 2 GWB). Der Antrag ist jedoch nach § 107 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber, dem Kreisausschuss Main-Taunus-Kreis, Amt für Schulbau und Gebäudewirtschaft (Kontaktdaten unter I.1)) nicht unverzüglich gerügt hat (§ 107 Abs. 3 Nr. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 59 of 173 1 GWB), 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 2 GWB), 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden (§ 107 Abs. 3 Nr. 3 GWB), 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB). Ergeht demnach eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB). !!! Unverzüglich im Sinne von § 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB wird eine Rüge nur dann erhoben, wenn sie spätestens acht Kalendertage nach Kenntnis des Vergaberechtsverstoßes bei der Vergabestelle eingeht. Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig (§ 107 Abs. 3 Nr. 1 GWB) !!! Die Rechtsbehelfsfristen und Präklusionsbestimmungen nach § 107 Abs. 3 GWB sind zwingend zu beachten. Der Vertragsschluss ist 15 Kalendertage nach Absendung der Vorinformation an unterlegene Bieter nach § 101a Abs. 1 GWB möglich. Wird die Vorabinformation nach § 101a GWB Abs. 1 per Fax oder auf elektronischem Wege versendet, verkürzt sich diese Frist auf 10 Kalendertage. Sie beginnt am Tage nach der Absendung der Information durch den Auftraggeber. Gemäß § 101b Abs. 1 GWB ist ein Vertrag von Anfang an unwirksam, wenn der Auftraggeber:1. gegen § 101a verstoßen hat (§ 101b Abs. 1 Nr. 1 GWB) oder, 2. einen öffentlichen Auftrag unmittelbar an ein Unternehmen erteilt, ohne andere Unternehmen am Vergabeverfahren zu beteiligen und ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist und dieser Verstoß in einem Nachprüfungsverfahren nach Absatz 2 festgestellt worden ist (§ 101b Abs. 1 Nr. 2 GWB). Die Unwirksamkeit nach § 101b Abs. 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen ab Kenntnis des Verstoßes, jedoch nicht später als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union (§ 101b Abs. 2 GWB). VI.5) TAG DER ABSENDUNG DIESER BEKANNTMACHUNG: 18.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 60 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Veynes: construction work for buildings relating to health Awarding Authority: VILLE DE VEYNES Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129692 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 08/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45215100 45223220 45261000 45260000 45321000 45421100 45324000 45450000 45421140 45432100 45431000 45442110 45331000 45311200 45313100 39291000 45233140 45112710 CPV Product Name: Construction work for buildings relating to health Structural shell work Erection and related works of roof frames and coverings Roof works and other special trade construction works Thermal insulation work Installation of doors and windows and related components Plasterboard works Other building completion work Installation of metal joinery except doors and windows Floor laying and covering work Tiling work Painting work of buildings Heating, ventilation and air-conditioning installation work Electrical fitting work Lift installation work Laundry supplies Roadworks Landscaping work for green areas Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: Region Name: Town: VEYNES Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Translate! Page 61 of 173 Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Ville de Veynes place de la République Attn: Mme le maire 05400 Veynes FRANCE Téléphone +33 492581022 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 492572971 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: ATIS: assistant au maître d'ouvrage / management de projet: M. Nagi Sfeir 24bis boulevard de la Chantourne 38700 La Tronche FRANCE Téléphone +33 476446660 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 476424744Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Quick Print / SARL Paoli Repro 3 av Paul Verlaine 38100 Grenoble FRANCE Téléphone +33 476861650 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 476860818 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Mairie de Veynes place de la République 05400 Veynes FRANCE I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 62 of 173 II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesTravaux Exécution Lieu principal d'exécution commune de Veynes, 05400 Veynes, FRANCE. II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats BBC de 89 places à Veynes (05). II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45215100 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT n° 1 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Gros oeuvre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45223220LOT n° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Charpente et murs ossature bois / couverture / bardage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45261000LOT n° 3 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Etanchéité. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45260000LOT n° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Isolation thermique par l'extérieur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45321000LOT n° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Menuiseries extérieures et occultations / menuiseries intérieures et agencement. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421100LOT n° 6 1) DESCRIPTION SUCCINCTE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 63 of 173 Cloisons / doublages / faux-plafonds. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45324000LOT n° 7 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Rails plafonniers. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45450000LOT n° 8 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Métallerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421140LOT n° 9 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Revêtements de sols souples. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45432100LOT n° 10 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Revêtements de sols durs et faïence. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45431000LOT n° 11 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Peinture. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45442110LOT n° 12 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Chauffage / ventilation / rafraîchissement / désenfumage / plomberie / ECS solaire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000LOT n° 13 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Electricité courants forts / courants faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45311200LOT n° 14 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Appareils élévateurs. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45313100LOT n° 15 1) DESCRIPTION SUCCINCTE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 64 of 173 Equipements des offices et blanchisserie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 39291000LOT n° 16 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Voiries et réseaux divers (VRD). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45233140 LOT n° 17 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45112710 SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglemententSubventions CNSA et Cg05 et emprunts PLS. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché Le marché sera passé soit avec un attributaire unique, soit avec un groupement. Conjoint avec mandataire solidaire. SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1. Mémoire technique %. Pondération 60 2. Prix des prestations %. Pondération 40 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 8.6.2011 - 16:00 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 65 of 173 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Durée du marché: 18 mois dont 1 mois de préparation. 2-1 Moyens humains affectés au chantier en cohérence avec le tableau des qualificatifs et des effectif de l'entreprise; 2-2 Description des méthodologies d'exécution et moyens techniques de ce chantier; 2-3 Mesure d'hygiène et de sécurité mises en oeuvre pour ce chantier; Unité monétaire utilisée, l'EUR. Tableau des qualifications et effectifs détaillé dans le RC. Le marché sera à une seule tranche. Les interventions des différentes entreprises devront se confirmer au planning travaux. — tel qu'établi par l'OPC - et joint au présent DCE, en annexe de l'acte d'engagement. Renseignements techniques: Architecte mandataire: Groupe 6. M. Xavier Minart / Mme Nathalie Lakomy 98 cours de la Libération et du Général de Gaulle, BP 2536, 38 035 Grenoble Cedex 2, FRANCE. T. +33 476964590 - f. +33 476219729 Courriel: [email protected]. Les réponses électroniques sont possibles via cette même plateforme en suivant les instructions. Détaillées sur www.aobtp.net. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Marseille 22,24 rue Breteuil 13006 Marseille FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 491134813 Fax +33 491811387 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 66 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Amiens: building construction work Awarding Authority: RÉGION PICARDIE Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129694 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 31/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45210000 45214610 45311200 45331000 45262210 45262522 45261210 45421152 45330000 CPV Product Name: Building construction work Laboratory building construction work Electrical fitting work Heating, ventilation and air-conditioning installation work Foundation work Masonry work Roof-covering work Installation of partition walls Plumbing and sanitary works Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR223 Region Name: Somme Town: AMIENS Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Région Picardie file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 67 of 173 11/15 mail Albert 1er, BP 2616 Cedex 1 Attn: M. le président du Conseil régional de Picardie 80026 Amiens FRANCE Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Conseil régional de Picardie service de la commande publique 11/15 mail Albert 1er, BP 2616 Cedex 1 Attn: Jean-Francis Aucordier80026 Amiens FRANCE Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Phototechnic 1 bis rue de la Vallée BP Cedex 1 41743 80 017 Amiens FRANCE Téléphone +33 322711950 Fax +33 322711955 internet: https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Conseil régional de Picardie - service de la commande publique au 11/15 mail Albert 1er, pour les envois postaux et au 43 mail Albert 1er, pour les remises contre récépissé BP 2616 Cedex 1 80026 Amiens FRANCE internet: https://marchespublics.picardie.fr/cr-picardie/index.php I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Travaux de construction des laboratoires de recherche en santé pour l'université de Picardie Jules Verne sur le site du CHU à Salouel (80). II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesTravaux Exécution Lieu principal d'exécution Salouel. Code NUTS FR223 II.1.3) L’avis implique Un marché public file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 68 of 173 II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Le présent avis s'applique aux lots no 1, 2, 4 et 5. Les autres lots (n° 3 "ascenseurs", n° 6 "équipements de laboratoires" et n° 7 "espaces verts" dont les prestations sont réservées au profit des entreprises ou d'établissements visés par l'article 15 du code des marchés publics) font l'objet de consultations spécifiques. Les prestations sont détaillées dans le cahier des clauses techniques particulières. Ce bâtiment, construit au coeur du CHU Sud à Salouel, abritera notamment des laboratoires ainsi qu'une animalerie dédiés à la recherche médicale universitaire. La surface hors oeuvre nette des locaux à créer est d'environ 6 590 m². II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45210000, 45262210, 45262522, 45261210, 45421152 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1) Quantité ou étendue globale Marché ordinaire séparé. II.2.2) Options Oui description de ces options: Option au sens du droit communautaire: des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du CMP): les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront arretées avec le titulaire dans le cadre des négociations. II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION Durée en mois: 19 (à compter de la date d’attribution du contrat) INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT n° 1 INTITULÉ Gros oeuvre étendu 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 1.01 - terrassement - fondations - gros oeuvre - charpente métallique 1.02 - menuiseries extérieures occultation 1.03 - serrurerie métallerie 1.04 - couverture étanchéité 1.05 - bardage 1.06 - menuiseries intérieures 1.07 - cloisons - doublage - faux plafonds 1.08 - revêtements de sols 1.09 - peinture 1.10 terrassements VRD 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45210000, 45262210, 45262522, 45261210, 45421152LOT n° 2 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Second oeuvre des laboratoires. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45214610LOT n° 4 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Electricité courants forts - courants faibles. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 69 of 173 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45311200LOT n° 5 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Chauffage ventilation plomberie fluides spéciaux. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000, 45330000 SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: financement sur budget régional et soutien du fonds européen de développement régional - paiement par virement administratif - versements d'acomptes. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marchéEn cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il se verra contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué cidessus. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresOui A titre indicatif, les marchés débuteront à compter du 1.9.2011 jusqu'au 1.4.2013. Le calendrier prévisionnel d'exécution est annexé à l'acte d'engagement. Précision: 19 mois pour l'ensemble des lots. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — Une lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants: imprimé DC1 dûment complété et signé, (signature de façon manuscrite en original en cas de transmission papier ou signature électronique en cas de transmission dématérialisée) ou papier libre apportant l'intégralité des renseignements demandés au DC1 (attention: signature "tampon" ne vaut pas signature originale) y compris la déclaration sur l'honneur en application de l'article 43 du code des marchés publics, file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 70 of 173 — Une déclaration du candidat: formulaire DC2 dûment complété (C1, D2), ou tout document apportant les mêmes renseignements. Le candidat joindra toute pièce utile à l'examen de sa candidature. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles (rubrique D1 du DC2) ou tout document apportant les renseignements demandés. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— Déclaration indiquant l'effectif moyen du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour la dernière année, — Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature, — Liste des principales références de travaux similaires en cours et/ou réalisées au cours de ces 3 dernières années. SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 1. Prix des prestations au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire. Pondération 60 2. Valeur technique: qualité des produits, matériaux et équipements proposés dans le mémoire technique. Pondération 40 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuéeNon IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur113320 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 31.5.2011 - 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE Non file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 71 of 173 VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES Oui référence du ou des projet(s) et/ou programme(s): Co-financement par le fonds européen de développement régional. VI.3) AUTRES INFORMATIONS Procédure employée: appel d'offres ouvert en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics. L'exécution du marché comporte une clause d'insertion par l'activité économique obligatoire pour les lots 1, 4 et 5 conformément au dossier de consultation des entreprises. Les lots suivants feront l'objet d'une procédure adaptée distincte de la présente consultation conformément aux dispositions de l'article 27-iii du CMP: lot 3: ascenseurs, lot 6: équipements de laboratoires, lot 7: espaces verts. Critères de sélection des candidature: situation régulière vis-à-vis de la réglementation, capacités professionnelles, techniques et financières pour réaliser le marché. Le DCE est téléchargeable sur le site de la Région, ou remis gratuitement par le tireur de plans. Les demandes de DCE peuvent être directement saisies et transmises au tireur de plan sur le site de la Région après avoir recherché l'affaire concernée (référencée 113320-1). Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80011 Amiens FRANCE Téléphone +33 322336170 internet: http://www.ta-amiens.juradm.fr/ta/amiens/index.shtml Fax +33 322336171 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Greffe du Tribunal administratif d'Amiens 14 rue Lemerchier 80011 Amiens FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 322336170 Fax +33 322336171 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 72 of 173 20.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 73 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Rouen: construction work Awarding Authority: CONSEIL RÉGIONAL DE HAUTEHAUTE-NORMANDIE Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129739 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 31/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45000000 45234116 32400000 45311200 45331000 44482000 45112710 CPV Product Name: Construction work Track construction works Networks Electrical fitting work Heating, ventilation and air-conditioning installation work Fire-protection devices Landscaping work for green areas Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR23 Region Name: Haute-Normandie Town: ROUEN Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Conseil régional de Haute-Normandie 5 rue Robert Schuman, BP 1129 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 74 of 173 Attn: service marchés 76174 Rouen Cedex 1 FRANCE Téléphone +33 235525718 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 235522350 Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.hautenormandie.fr Adresse du profil d’acheteur http://www.mpe276.fr Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: MBA Architecture 7 rue Debelleyme Attn: M. Zajdela 75003 Paris FRANCE Téléphone +33 140294848 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 140294849 internet: http://www.mpe276.fr Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Graphélio ZA de la Vatine, 7 rue Linus Carl Pauling, BP 541 76824 Mont-Saint-Aignan Cedex FRANCE Téléphone +33 235611493 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 235606265 internet: http://www.mpe276.fr Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Région de HauteNormandie service marchés - immeuble Schuman - 2° étage - porte 210, 5 rue Robert Schuman, BP 1129 76174 Rouen Cedex 1 FRANCE Téléphone +33 235525718 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 235522350 internet: http://www.mpe276.fr I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale Services généraux des administrations publiques file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 75 of 173 Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Construction d'un centre de données régional sur le site du Crihan à Saint-Étienne-du-Rouvray. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesTravaux Exécution Lieu principal d'exécution 745 avenue de l'Université, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, FRANCE. Code NUTS FR23 II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Construction d'un centre de données régional sur le site du Crihan à Saint-Étienne-du-Rouvray. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45000000, 45234116, 45311200, 45331000, 44482000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1) Quantité ou étendue globale Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3º al. et 57 à 59 du code des marchés publics et concerne la construction d'un centre de données régional sur le site du CRIHAN à Saint-Étienne-du-Rouvray. Les travaux sont répartis en 6 lots. Lot 1 bis "réseaux divers" fera l'objet d'une consultation séparée selon les dispositions de l'article 27.iii du code des marchés publics. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots (hors travaux de plantations prévus au lot 1: voiries- espaces verts) est de 7 mois maximum. Ces délais partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Les travaux relatifs aux espaces verts prévus au lot 1: voirie- espaces verts, se feront sur une période du 1er février au 30.4.2012. Les délais relatifs aux plantations sont au maximum de 4 semaines et ils partent à compter de la date fixée par un ordre de service spécifique au poste espaces verts du lot voirie/espaces verts de commencer les travaux lui incombant. Hors TVA 1 950 116 EUR II.2.2) Options Oui file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 76 of 173 description de ces options: Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de passer:— des avenants, — un nouveau marché pour la réalisation de prestations complémentaires (article 35-ii.5° du CMP) ou similaires (article 35-ii.6° du CMP) et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché. Les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront identiques à celles du marché initial. Chaque candidat devra obligatoirement faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives décrites dans la rubrique "autres informations", sous peine d'irrégularité de l'offre. INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ voirie - espaces verts 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Voirie - espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45234116, 451127103) QUANTITÉ OU ÉTENDUE Hors TVA 108 500 EUR LOT n° 1 INTITULÉ 1 bis- réseaux divers 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 1 bis- réseaux divers 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 324000003) QUANTITÉ OU ÉTENDUE Hors TVA 68 000 EUR 5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTS Le lot 1 bis "réseaux divers" fera l'objet d'une consultation séparée selon les dispositions de l'article 27.III du code des marchés publics. LOT n° 2 INTITULÉ macrolot (gros-oeuvre, charpente métallique - métallerie, étanchéité, menuiseries intérieures, plafonds suspendus, cloisons - doublage, sols souples et peinture) 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Macrolot (gros-oeuvre, charpente métallique - métallerie, étanchéité, menuiseries intérieures, plafonds suspendus, cloisons - doublage, sols souples et peinture). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 450000003) QUANTITÉ OU ÉTENDUE Hors TVA 485 000 EUR LOT n° 3 INTITULÉ électricité courants forts et faibles file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 77 of 173 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Electricité courants forts et faibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 453112003) QUANTITÉ OU ÉTENDUE Hors TVA 789 263 EUR LOT n° 4 INTITULÉ traitement d'air 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Traitement d'air. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 453310003) QUANTITÉ OU ÉTENDUE Hors TVA 422 503 EUR LOT n° 5 INTITULÉ sécurité incendie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Sécurité incendie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 44482000 3) QUANTITÉ OU ÉTENDUE Hors TVA 76 850 EUR SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. Cette retenue de garantie pourra être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les 2 parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire. Garanties financières de l'avance: le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglemententArticles 86 à 111 du code des marchés publics à l'exception des articles 90 et 92. Le marché sera réglé sur le budget de la région de Haute-Normandie constitutive d'une collectivité régionale. Le délai de paiement est fixé à 30 jours dans le respect des dispositions de l'article 98 du code des marchés publics. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marchéLe candidat peut se présenter seul ou en groupement d'entreprises auquel cas la forme requise file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 78 of 173 sera un groupement conjoint avec mandataire solidaire. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous: Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics: — copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, — déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP, — renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics: — déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, — déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics: — déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, — pour les lots 3 et 4: une liste de références en environnement "centre informatique" sur des projets similaires (architecture technique, type et puissance des matériels), — liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, — ou les certificats de qualifications professionnelles; la preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. Pour les entreprises nouvellement créées, celles-ci ne pouvant fournir les chiffres d'affaires sur les 3 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 79 of 173 dernières années, doivent pouvoir justifier de leurs capacités financières et professionnelles par tous les moyens. III.2.4) Marchés réservés Non SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 1. Prix des prestations. Pondération 55 2. Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique (qualités des matériaux proposés: 20 %; moyens humains pour exécution du chantier: 8 %; matériels spécifiques pour exécution des travaux: 7 %; optimisation des délais d'intervention: 10 %). Pondération 45 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur11056E3T IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 31.5.2011 - 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres Lieu Région Haute-Normandie, 5 rue R Schuman, 76174 Rouen Cedex 1, salle 217, FRANCE. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Oui Ouverture en commission technique. SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE Non VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 80 of 173 COMMUNAUTAIRESNon VI.3) AUTRES INFORMATIONS Chaque candidat devra obligatoirement faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires ou alternatives suivantes sous peine d'irrégularité de l'offre: * Lot 2: macrolot: — option nº 1: selon le chapitre 50 de la dpgf "moins value pour la mise en oeuvre d'enduit monocouche en remplacement d'enduit à la chaux", — option nº 2 selon le chapitre 51 de la DPGF "bardage double peau en acier laqué", — option nº 3 selon le chapitre 52 de la DPGF "doublage local du groupe électrogène". * Lot 3: électricité courants forts et faibles: — option nº 1: selon le chapitre 09.1 de la DPGF "pré remplissage 8000l cuve en complément 1500 l", — option nº 2 selon le chapitre 09.2 de la DPGF "plus-value pour double démarrage par batteries d'accumulateurs", — option nº 3 selon le chapitre 09.3 de la DPGF "recette usine du groupe électrogène", — option nº 4 selon le chapitre 09.4 de la DPGF "plus-value pour onduleur 500kva en remplacement onduleur 400 kva", — option nº 5 selon le chapitre 09.5 de la DPGF "pré-équipement extension", — option nº 6 selon le chapitre 09.6 de la DPGF "plus-value pour remplacement du paratonnerre par un réseau de pointes captrices avec descentes et pâte d'oie associées", — option nº 7 selon le chapitre 07.1 de la DPGF "carte transmission synthèse vocale par GSM des alarmes", — option nº 8 selon le chapitre 07.2 de la DPGF "logiciel de supervision ca/intrusion/vidéo inclus installation/paramétrage. Pas d'accès web", — option nº 9 selon le chapitre 07.3 de la DPGF "en remplacement de l'option 8, logiciel de supervision Ca/intrusion/vidéo full accès Web inclus installation/paramétrage", — option nº10 selon le chapitre 07.4 de la DPGF "modules supplémentaires pour 30 clés". * Lot 4: traitement d'air comprenant: chauffage/ventilation/climatisation (cvc). — option nº 1: protections acoustiques rejet extracteurs nº 1 salle informatique, — option nº 2: protections acoustiques rejet extracteurs nº 2 salle informatique, — option nº 3: protections acoustiques rejet extracteurs nº 3 salle informatique, — option nº 4: protections acoustiques rejet roof-top nº 1 salle informatique, — option nº 5: protections acoustiques rejet roof-top nº 2 salle informatique, — option nº 6: protections acoustiques rejet roof-top nº 3 salle informatique, — option nº 7: humidificateur capacité (50 kg / h) nº 01, — option nº 8: humidificateur capacité (50 kg / h) nº 02. * Lot 5: sécurité incendie. — option: fourniture et pose extincteurs. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 81 of 173 Conditions de remise des offres: Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé ou transmission par voie électronique www.mpe276.fr sous la référence publique 11056e3t. La région Haute-Normandie privilégie le mode de transmission par voie papier. Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les réponses sur support papier. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un avis de réception électronique. Chaque pièce de la candidature/et ou offre doit faire l'objet d'une signature électronique propre. Dès lors, en application des dispositions des articles 11 du code des marchés publics et 5 de l'arrêté du 28.8.2006, il convient que les candidatures et les actes d'engagement, transmis par voie électronique soient signés par un representant de l'opérateur économique, habilité à engager sa société, au moyen d'un certificat de signature électronique "fichier isolé par fichier isolé". Pour information, l'attribution du ou (des) marché(s) fera l'objet d'un avis consultable sur le site www.mpe276.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Rouen ou président du tribunal administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert 76000 Rouen FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 232081270 Fax +33 232081271 VI.4.2) Introduction des recours Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours: L'ensemble des référés prévus aux articles L 551-1, L551-2, L521-1, L521-2, L521-3, L 551-13 à 23, R531-1, R532-1, R541-1 du code de justice administrative, sans condition de délai sauf le référé pré-contractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat. — déféré préfectoral sur saisine: article L4142-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de l'acte contesté (demande de suspension possible par le préfet), — recours pour excès de pouvoir prévu par l'article R421-1 du code de justice administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contestée ou, le cas échéant, de 3 ou 4 mois sur le fondement du délai de distance. Prolongation possible de quatre à six mois du délai pour l'exercice d'un recours administratif ou par la saisine du préfet pour qu'il défère la décision contestée au tribunal administratif. — recours administratif auprès du président du conseil régional, — recours de pleine juridiction sur le fondement de l'arrêt CE "sa Tropic travaux signalisation" du 16.7.2007. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 82 of 173 20.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 83 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Lucé: commissioning of heating installations Awarding Authority: SOCIÉTÉ ANONYME EURE ET LOIR HABITAT Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 130160 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 21/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 50721000 CPV Product Name: Commissioning of heating installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR242 Region Name: Eure-et-Loir Town: LUCÉ Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Société anonyme Eure et Loir Habitat 2 rue du 11 novembre BP 80013 Attn: Vanessa Brouard file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 84 of 173 28111 Lucé FRANCE Téléphone +33 237912486 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 237912499 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Habitat et territoires conseil 71 boulevard Béranger Contact: Monsieur Da Cunha 37000 Tours FRANCE Téléphone +33 247641056 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 247661015Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s) I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autre Société anonyme d'HLM Logement et développement collectif Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché d'exploitation de chauffage pour 73 chaufferies collectives. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Services Catégorie de services: n° 1 Lieu principal de prestation Eure et Loir. Code NUTS FR242 II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Marché d'exploitation de chauffage de type prestation forfait intéressement concernant 73 chaufferies réparties sur le département d'Eure et Loir. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Non file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 85 of 173 II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.2) Options Non II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION À compter du 1.10.2011. Jusqu’au 30.9.2016 INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 1 INTITULÉ La Ferté Vidame, Digny, Champrond, Senonches, La Loupe 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 2 INTITULÉ Brezolles, Laons, Saint Lubin, Saint Rémy, Anet, Bu, Nogent Le Roi2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 3 INTITULÉ Courville, Illiers, Happonvilliers, Chateauneuf 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 4 INTITULÉ Arrou, Cloyes, Courtalain, Bonneval, Brou, Unverre, La Bazoche 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 5 INTITULÉ Janville, Toury, Fresnay L'Eveque 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 6 INTITULÉ Auneau, Beville, Denonville, Ouarville, Voves 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 7 INTITULÉ Epernon, Maintenon, Pierres 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000LOT n° 8 INTITULÉ Chartres, Luisant, Le Coudray, Jouy 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000 LOT n° 9 INTITULÉ Lucé 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 50721000 SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 86 of 173 III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les documents sont précisés dans le règlement de consultation ainsi que leur modalité de présentation. III.2.4) Marchés réservés Non III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière Non III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation Non SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1. Valeur technique de l'offre. Pondération 60 2. Prix des prestations P2. Pondération 40 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 21.6.2011 - 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 87 of 173 Non VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 19.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 88 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-PontPont-à-Mousson: road construction works Awarding Authority: EPF LORRAINE Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 131488 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: 62026-2011 Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 26/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 1 - Ministry or any other national or federal authority Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45233120 45262660 44211100 45262500 45262650 44316500 45410000 45421152 45420000 45262321 45442100 45313000 09310000 45232460 45331000 45110000 45231112 77310000 45112700 45112000 45421000 45261410 45261420 44220000 45421146 45431000 45430000 90910000 CPV Product Name: Road construction works Asbestos-removal work Modular and portable buildings Masonry and bricklaying work Cladding works Smiths' wares Plastering work Installation of partition walls Joinery and carpentry installation work Floor-screed works Painting work Lift and escalator installation work Electricity Sanitary works Heating, ventilation and airconditioning installation work Building demolition and wrecking work and earthmoving work Installation of pipe system Planting and maintenance services of green areas Landscaping work Excavating and earthmoving work Joinery work Roof insulation work Waterproofing work Builders' joinery Installation of suspended ceilings Tiling work Floor and wall covering work Cleaning services Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: Region Name: Town: PONT-À-MOUSSON Internet Address: Main Activities Successful Bidder: file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Original Text: Page 89 of 173 AVIS DE MARCHÉ Translate! Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT EPF Lorraine rue Robert Blum Contact: service reconversion 54/55/88 Attn: M. Roth Yannick 54701 Pont-à-Mousson FRANCE Téléphone +33 383804020 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 383804021 Adresse(s) internet Adresse du profil d’acheteur https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: EPF Lorraine rue Robert Blum Contact: service reconversion 54/55/88 Attn: M. Roth Yannick 54701 Pont-à-Mousson FRANCE Téléphone +33 383804020 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 383284021Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Copies Multi Services 5 allée de la Reine 54500 Vandoeuvre-les-Nancy FRANCE Téléphone +33 383285649 Fax +33 383285527 internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_fIW3IoaeMY Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: EPF Lorraine file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 90 of 173 rue Robert Blum, BP 245 Contact: service reconversion 54/55/88 Attn: M. Roth Yannick 54701 Pont-à-Mousson FRANCE Téléphone +33 383804020 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 383804021 I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales Services généraux des administrations publiques SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesTravaux Exécution Lieu principal d'exécution rue Robert Blum, 54701 Pont-à-Mousson, FRANCE. II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Extension du siege social de l'EPF Lorraine à Pont-à-Mousson - travaux - lot 3 à 15. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45233120, 45262500, 45262650, 44316500, 45410000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1) Quantité ou étendue globale Le marché est divisé en 15 lots. 01 desamiantage - déconstruction. Déjà attribué; 02 structures modulaires. Déjà attribué; 03 terrassement - VRD - drainages - espaces verts (inclus garantie de reprise de végétaux de 24 mois); 04 gros oeuvre - rehabilitation (inclus terrassement bâtiment) - blindage; 05 structure bois - isolation étanchéité - bardage - menuiserie extérieure - échafaudage. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 91 of 173 06 serrurerie; 07 platrerie - faux plafond; 08 cloisons amovibles; 09 menuiserie intérieure bois - mobilier fixe; 10 chapes - revêtement de sols - carrelage - faience; 11 peinture - nettoyage; 12 ascenseur; 13 électricite; 14 sanitaire; 15 chauffage - ventilation (inclus phase de 18 mois pour suivi performantiel). II.2.2) Options Oui description de ces options: En application de l'article 35 II 6° du code des marchés publics, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations initiales. II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du contrat) INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT n° 1 INTITULÉ lot 1 desamiantage deconstruction déjà attribué 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 1 desamiantage deconstruction déjà attribué. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262660, 45110000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en jours: 168 (à compter de la date d’attribution du marché) 5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTSLot déjà attribué. LOT n° 2 INTITULÉ lot 2 - structures modulaires - déjà attribué 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 2 - structures modulaires - déjà attribué. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 44211100 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) 5) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES LOTSLot déjà attribué. LOT n° 3 INTITULÉ lot 3 - terrassement - VRD - drainages - espaces verts 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 3 terrassement - VRD - drainages - espaces verts. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45233120, file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 92 of 173 45231112, 77310000, 45112700 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 4 INTITULÉ lot 4 - gros oeuvre rehabilitation - blindage (dont terrassement de l'assise du bâtiment neuf) 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 4 - gros oeuvre - rehabilitation - blindage (dont terrassement de l'assise du bâtiment neuf). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262500, 45112000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 9 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 5 INTITULÉ lot 5 - structure bois isolation étanchéité - bardage - menuiserie1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 5 - structure bois - isolation étanchéité - bardage - menuiserie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262650, 45421000, 45261410, 45261420, 44220000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 11 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 6 INTITULÉ lot 6 - serrurerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 6 - serrurerie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 44316500 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 6 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 7 INTITULÉ lot 7 - platrerie - faux plafond 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 7 - platrerie - faux plafond. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45410000, 45421146 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 6 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 8 INTITULÉ lot 8 - cloisons amovibles 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 8 - cloisons amovibles. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421152 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 93 of 173 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 4 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 9 INTITULÉ lot 9 - menuiserie interieure bois - mobilier fixe 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 9 - menuiserie interieure bois - mobilier fixe. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45420000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 10 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 10 INTITULÉ lot 10 - chapes revêtement de sols - carrelage - faience 1) DESCRIPTION SUCCINCTELot 10 - chapes - revêtement de sols - carrelage - faience. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45262321, 45431000, 45430000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 6 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 11 INTITULÉ lot 11 - peinture nettoyage 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 11 - peinture - nettoyage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45442100, 90910000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 5 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 12 INTITULÉ lot 12 - ascenseur 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 12 - ascenseur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45313000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 8 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 13 INTITULÉ lot 13 - électricité 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 13 - électricité. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 09310000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 14 INTITULÉ lot 14 - sanitaire 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 14 - sanitaire. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 94 of 173 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232460 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 15 (à compter de la date d’attribution du marché) LOT n° 15 INTITULÉ lot 15 - chauffage - ventilation 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Lot 15 - chauffage - ventilation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000 4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DURÉE DU MARCHÉ OU UNE AUTRE DATE DE COMMENCEMENT/D’ACHÈVEMENT Durée en mois: 33 (à compter de la date d’attribution du marché) SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Une retenue de garantie sera effectuée sur le montant de chaque acompte. Son montant sera égal à cinq pour cent (5 %) du montant du marché éventuellement modifié par les avenants. La retenue de garantie ne peut être remplacée, au gré du titulaire, que par une garantie à première demande. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglemententLes sommes dues en exécution du marché seront réglées par virement bancaire dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues par les décrets no2002- 232 du 21.2.2002, 2008-407 et 2008-408 du 28.4.2008. Une avance obligatoire égale à 5 % du montant du marché sera versée en application de l'article 87 du code des marchés publics. Les prix sont révisables pour les lots 3, 5, 13, 14 et 15 et fermes actualisables pour les lots 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché Le marché sera conclu avec: — soit un prestataire unique, — soit un groupement solidaire (forme imposée avant notification). Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières Oui Clause d'insertion sociale: file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 95 of 173 En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution des marchés pour les lots 7 - plâtrerie - faux plafonds, 11 - peinture - nettoyage et 3 - terrassement - VRD — drainages espaces verts comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les entreprises désireuses d'obtenir des informations peuvent ainsi prendre contact avec: Maryline Deprez. Chargée de mission emploi. Maison territoriale pour l'emploi et la formation du Val de Lorraine. Tel: +33 383231244 / 662289126. [email protected] III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — une lettre de candidature à l'obtention de la totalité du marché précisant l'identité du candidat (modèle recommandé: formulaire DC1): en cas de candidature en groupement cette lettre est commune et la forme imposée avant notification sera le groupement solidaire, — si le candidat est en redressement judiciaire la copie du jugement prononcé à cet effet, — une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat certifie: 1/ qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales; 2/ qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir; 3/ Qu'il n'a pas fait l'objet au cours des 5 dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin no2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 8221-1 et 2, L 8221-3 et 5, L 8251-1, L 5221-8 et 11, et L 8241-1 et 2 du code du travail; 4/ être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L.5212-1, 2, 3 et 4 et, L.5214-1, R 5213-39, L 52129,10 et 11 ou L.5212-5, du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (modèle recommandé: formulaire DC1). III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: La mention de son chiffre d'affaire au cours des trois derniers exercices (modèle recommandé: formulaire DC2). III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— Un dossier de présentation du candidat détaillant notamment les moyens humains et technique dont il dispose, — La preuve de la qualification pouvant être apportée par tout moyen et notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux équivalentes:— Lot 03 voiries - réseaux divers drainages - espaces verts. 1312 Terrassement - fouilles 1321 Canalisations 1341 Aménagement de chaussés et trottoirs 1351 Espaces verts — lot 04 gros oeuvre - réhabilitation - blindage. 1142 Démolition par carottage ou sciage 1312 Terrassement - fouilles file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 96 of 173 2112 Maçonnerie et béton armé — lot 05 structure bois - isolation - étanchéité - bardage - menuiserie extérieure - échafaudage. 1412 Echafaudages fixes 2333 Charpente en bois lamellé collé 2343 Construction de bâtiment à ossature bois 2412 Calfeutrement de joints de construction 3212 Etanchéité 3713 Fourniture et pose façades - rideaux métalliques 3523 Fabrication et pose menuiserie aluminium3813 Tous types de bardages 4612 Vitrerie — lot 06 serrurerie. 4412 Métallerie 4582 Rideaux, grilles, portails 4612 Vitrerie — lot 07 plâtrerie - faux plafond. 4112 Plâtrerie 4132 Plaques de plâtre — lot 08 cloisons amovibles. 4222 Fabrication et pose de cloisons amovibles — lot 09 menuiserie intérieure bois - mobilier fixe. 4313 Menuiserie en bois 7313 Agencement — lot 10 chapes - revêtement de sols - carrelage - faïence. 2162 Chapes 4332 Parquets collés 4352 Finition des parquets 6312 Carrelages, revêtements, mosaïques — lot 11 peinture - nettoyage. 6112 Peinture et ravalement Prestations de nettoyage: Sur références. — lot 12 ascenseur (sur références), — lot 13 électricité. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 97 of 173 Qualifélec. Electrotechnique E2 classification 3. Courants faibles Cf2. — lot 14 sanitaire. 5112 ou supérieure(s) plomberie - installation sanitaire — lot 15 chauffage - ventilation. Qualification opqcb: — 5313 Installations thermiques, — 5413 Climatisation. III.2.4) Marchés réservés Non SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.1.3) Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation ou le dialogueRecours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier Non IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1. Valeur technique. Pondération 60 2. Prix. Pondération 40 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur EPFL_EXTENSION_TRAVAUX_AR IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Avis de préinformation Numéro d’avis au JO: 2011/S 038-062026 du 24.2.2011 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 26.5.2011 - 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 98 of 173 Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Non SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE Non VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES Non VI.3) AUTRES INFORMATIONS Clause d'insertion sociale: En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution des marchés pour les lots 7 - plâtrerie - faux plafonds, 11 - peinture - nettoyage et 3 - terrassement - VRD — drainages espaces Verts comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les entreprises désireuses d'obtenir des informations peuvent ainsi prendre contact avec: Maryline Deprez. Chargée de mission emploi. Maison territoriale pour l'emploi et la formation du Val de Lorraine. Tel: +33 383231244 / 662289126. [email protected] Echantillons et prototype: Des échantillons seront demandés en cours de chantier. Après choix et validation du maître d'oeuvre, l'échantillon retenu deviendra contractuel conformément aux différents CCTP. Une visite facultative pourra être organisée après prise de contact avec le représentant de la maîtrise d'Ouvrage (EPFL) dont les coordonnées figurent ci dessus. Il est rappelé que toutes les entreprises seront réputées avoir pris connaissance des lieux avant de remettre leurs offres et qu'aucuns travaux supplémentaires ne pourront être admis sur le motif d'une méconnaissance des lieux. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Nancy5 place Carrière 54000 Nancy FRANCE Téléphone +33 383174343 Fax +33 383174350 Organe chargé des procédures de médiation file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 99 of 173 Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancypréfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Érignac 54038 NancyFRANCE Téléphone +33 383342565 Fax +33 383342224 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Greffes du Tribunal administratif de Nancy 5 place Carrière 54000 Nancy FRANCE Téléphone +33 383174343 Fax +33 383174350 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 100 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Strasbourg: demolition work Awarding Authority: VILLE DE STRASBOURG Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 131489 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 07/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 6 - Body governed by public law Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45111100 45223220 45223210 45421150 45321000 45261210 45421000 45410000 45343220 45421148 45432113 45442100 45331000 45332400 45232430 45311200 45212212 45111291 45422100 CPV Product Name: Demolition work Structural shell work Structural steelworks Non-metal joinery installation work Thermal insulation work Roof-covering work Joinery work Plastering work Fire-extinguishers installation work Installation of gates Parquet flooring Painting work Heating, ventilation and airconditioning installation work Sanitary fixture installation work Watertreatment work Electrical fitting work Construction work for swimming pool Site-development work Woodwork Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR42 Region Name: Alsace Town: STRASBOURG Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 101 of 173 I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Ville de Strasbourg 1 parc de l'Etoile Attn: M. le président de la Communauté urbaine de Strasbourg 67076 Strasbourg Cedex FRANCE Téléphone +33 388609503 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388609654 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Service des constructions scolaires et sportives 1 parc de l'Etoile Attn: Mme Dietsch Stéphanie 67076 Strasbourg Cedex FRANCE Téléphone +33 388609090 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388436621Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Communauté urbaine de Strasbourg service des achats et de la commande publique, espace accueil, 2ème étage, 1 parc de l'Etoile 67076 Strasbourg Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388609654 internet: http://www.marchepublic.strasbourg.eu Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Communauté urbaine de Strasbourg service des achats et de la commande publique, espace accueil, 2ème étage, 1 parc de l'Etoile 67076 Strasbourg Cedex FRANCE internet: http://www.marchepublic.strasbourg.eu I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public Services généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Dcp1006c - travaux pour la nouvelle piscine du Wacken à Strasbourg. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 102 of 173 II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesTravaux Exécution Lieu principal d'exécution 8 rue Pierre de Cobertin, à Strasbourg Wacken, FRANCE. Code NUTS FR42 II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats La piscine du Wacken est un équipement de plein-air avec près de 2 000 m² de surface de bassins dans un cadre végétal remarquable de 34 000 m² clôturé. Le programme des travaux porte sur la reconversion de la piscine ouverte exclusivement en période estivale, en piscine ouverte 12 mois dans l'année permettant d'élargir la diversité d'activités aquatiques. Il sera nécessaire de restructurer les bâtiments vestiaires et techniques pour le fonctionnement hivernal, d'adapter le grand bassin à la nouvelle offre, de remodeler les espaces extérieurs pour maintenir l'accueil d'un large public en période estival. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45111100 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1) Quantité ou étendue globale Marché à tranches conditionnelles séparé. TF: travaux principaux. TC1: végétalisation du batiment principal. TC2: végétalisation des annexes d'été et du local pédagogique. II.2.2) Options Oui description de ces options: Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat. Des prestations similaires pourront être réalisées par le titulaire du marché dans les conditions suivantes (art 35-ii.6° du CMP): les conditions d'exécution de ce nouveau marché seront les mêmes. II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION À compter du 19.9.2011. Jusqu’au 31.12.2012 INFORMATIONS SUR LES LOTS LOT n° 01 INTITULÉ Démolition / désamiantage 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 1135 m² SHON de démolition complète de bâtiments existants, y compris désamiantage (1000 m² de toiture fibres-ciment, carrelage avec colle amiantée); démolition de 4 pédiluves, d'une passerelle de 8m * file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 103 of 173 3m environ; démolition partielle de cabines de bain (5) et de bassin; démolitions diverses. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45111100LOT n° 02 INTITULÉ Gros-oeuvre 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 3500 m³ de terrassements généraux et particuliers pour fondations; 2900 m³ de fondations par puits; 184 m³ de radier; 100 tonnes de palplanches; 3500 m² de dallages portés avec longrines; poteaux, poutres; 2850 m² de dalles pleines; 650 m² de dalles alvéolaires; voiles; acrotères, traitement de JD; 195 ml découpe de goulottes aux outils diamantés; recharge de fond de bassin existant avec 1500 mètres carrés de béton allégé; petits ouvrages. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45223220LOT n° 03 INTITULÉ Charpente métallique et bois 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 7500 kg de poteaux métalliques encastrés en pied; 32 m³ de charpente bois lamellé collé et bois massif. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45223210LOT n° 04 INTITULÉ Platelage bois 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 600 m² de platelage sur longrines et solives; 120 m² de platelage sur supports fournis par d'autres lots. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421150LOT n° 06 INTITULÉ Isolation extérieure sur murs béton 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 180 m² d'isolation sur mur béton avec enduit de type revetement plastique épais; 230 m² d'isolation sur mur béton avec enduit minéral extérieur; 32 ml de couvre joints de dilatation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45321000LOT n° 07 INTITULÉ Couverture / étanchéité 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 2500 m² d'étanchéité autoprotégée sur dalle béton; 460 m² d'étanchéité sur support bois; lanterneaux; points d'ancrage permanents, couvertines, moignons EP tronconiques, trop pleins; abergements en zinc; tranche conditionnelle n° 1: 2089 m² de végétalisation; tranche conditionnelle n° 2: 592 m² de végétalisation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45261210LOT n° 08 INTITULÉ Menuiserie aluminium 1) DESCRIPTION SUCCINCTE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 104 of 173 Chassis fixes et ouvrants à rupture de pont thermique (75 unités); 64 m² de chassis coulissants aluminium de grande hauteur et à haute performance; chassis intérieurs (23 unités); portes CF vitrées en acier inoxydable; 4 portes cintrées en inox; 123 m² de bandeaux verriers en toiture; 7 exutoires de fumée et de ventilation; 30 m² de brise-soleil orientables (stores extérieurs à lames). 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421000LOT n° 09 INTITULÉ Plâtrerie et faux-plafonds 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 130 m² de doublage isolant intérieur; 220 m² de cloisonnements; gaines techniques; 1235 m² de faux plafond de divers types: platre perforé, platre lisse, plaque de fibres ciment, fibres de bois acoustique; 50 m² de faux plafond 600x600 sur ossature. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45410000LOT n° 10 INTITULÉ Menuiserie intérieure bois / bardage bois 1) DESCRIPTION SUCCINCTE50 m² de bardage; 40 portes à ame pleine de différentes dimensions; 115 m² de faux plafond à lattes de bois. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421150LOT n° 11 INTITULÉ Extincteurs et signalétiques incendie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 23 extincteurs; 1 plan d'intervention, 7 plans d'évacuation. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45343220LOT n° 12 INTITULÉ Serrurerie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 1 porte sectionnale; 5 portes extérieures; mains courantes et garde corps; 1 escalier en colimaçon; 1 portail; 3 portillons. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45421148LOT n° 15 INTITULÉ Parquet 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 110 m² de parquet pont de bateau. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45432113LOT n° 16 INTITULÉ Peinture intérieure et extérieure 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 1000 m² de peinture antipoussière; 4000 m² de peinture sur murs et plafonds; 88 m² d'enduit minéral intérieur. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45442100LOT n° 17 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 105 of 173 INTITULÉ Chauffage / ventilation 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Chaufferie avec 3 chaudières gaz puissance unitaire 660 kw; 1 420 mètres carrés de plancher chauffant; réseau de chauffage pour 1 500 m² de bassins; production ECS; 130 m² de panneaux solaires thermiques; ventilation des locaux par 2 centrales de traitement d'air; GTC; 1 hotte buvette. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45331000LOT n° 18 INTITULÉ Sanitaire / plomberie 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Installation complète; distribution d'eau froide, d'eau chaude, d'eau froide adoucie; 55 douches; 23 WC; 29 vasques & lave-mains; 8 vidoirs; 5 pédiluves. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45332400LOT n° 19 INTITULÉ Traitement d'eau 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Traitement par chlore à galets et filtration pour 1500 m² de bassins; installation canalisations de reprise et de refoulement en hydraulicité inversée; alimentations pour jeux aquatiques. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232430LOT n° 20 INTITULÉ Electricité CF et CF 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Raccordement au transformateur actuel; TGBT et tableaux divers; installation complète pour 2500 m² de batiment plus éclairage bassins et extérieurs; courants forts: chemins de cables, cablages, 494 luminaires, alimentation 230 V, alimentation force; courants faibles: chemins de cables, cablages informatiques, contrôle d'accès, alarme, sécurité incendie, distribution de l'heure. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45311200LOT n° 21 INTITULÉ Bassins en acier inoxydable 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Isolation, revetement et partition en acier inoxydable du grand bassin carrelé existant de 1500 m²; 37 luminaires éclairage subaquatique;10 échelles; goulottes de débordement et caniveaux de refoulement; 2 cols de cygne, 2 buses plates, 1 rivière à courant, 6 lits massants, 1 jacuzzi, 3 buses de massage subaquatique; plaques à bouillonnage; 31 potelets amovibles en inox. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45212212 LOT n° 23 INTITULÉ VRD / réseaux enterrés 1) DESCRIPTION SUCCINCTE Réseaux humides: 440 ml AEP, assainissement; réseaux secs: 2000 ml fourreaux TPC; 64 m³ de caissettes d'infiltration des eaux pluviales; 730 m² de préparation de plateformes pour le lot file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 106 of 173 Aménagements Extérieurs; abattage d'arbre et débroussaillage. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45111291LOT n° 26 INTITULÉ Mobilier sur mesure 1) DESCRIPTION SUCCINCTE 31 de bancs en latté de hêtre; 13 ml d'assises de bancs en latté de hêtre; 2 meubles bas en panneaux de particules finition stratifié; 3 plans en latté de hêtre ou stratifié postformé avec meubles bas; 1 comptoir en multiplis de hêtre revetu de zinc avec partie rabattable, portillon d'accès, auvent en tôle d'aluminium thermolaquée; 1 guichet d'accueil en latté de hêtre; 5 placards en panneaux de particules finition mélaminé et stratifié. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45422100 SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Retenue de garantie de 5,000 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: fermes actualisables du marché. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat; elle sera de 30 % pour le lot n° 21 et soumise à garantie à première demande. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-travaux. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: ressources propres de la collectivité et subventions (la répartition n'est pas encore connue; subventions envisageables de l'ADEME). III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Les candidats pourront présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières Oui Les marchés débuteront à compter du 19.9.2011 jusqu'au 31.12.2012. TF: délai 15 mois. TC1: Délai 1 mois. TC2: délai 1 mois. Les prestations comportent les conditions d'exécution suivantes: le maître d'ouvrage souhaite participer à l'effort national afin de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage. L'action d'insertion sera déployée sur la base de la présentation faite à l'acte d'engagement. Des prestations supplémentaires ou alternatives sont définies au cahier des file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 107 of 173 charges. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) - dernière version actualisée - pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site http://www.minefe.gouv.fr/themes/marches_publics/formulaires/. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, — Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels, — Bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, — Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin, — Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat, — Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 108 of 173 IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateurDCP1006C IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Documents payants Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 7.6.2011 - 10:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 150 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE Non VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRES Non VI.3) AUTRES INFORMATIONS Les lots suivants feront l'objet d'une procédure adaptée distincte de la présente consultation, conformément aux dispositions de l'art. 27-iii du CMP: 05 bardage pierre / sol pierre / isolation, 13 carrelage et chape, 14 revetement de sol coulé, 22 couverture thermique des bassins, 24 aménagements extérieurs, 25 signalétique, 27 cabines en stratifié compact et 28 mobilier industriel. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (politique de référencement intersectoriel de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif (TA) de Strasbourg 31 avenue de la Paix, BP 1038f 67070 Strasbourg file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 109 of 173 FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323Fax +33 388364466 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Voir TA de Strasbourg (cf. adresse ci-dessus) 67070 Strasbourg FRANCE VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 110 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-MarcqMarcq-enen-Barœ Barœul: airair-conditioning installations Awarding Authority: VILLE DE MARCQMARCQ-ENEN-BAROEUL Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 131528 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 17/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 42512000 CPV Product Name: Air-conditioning installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR301 Region Name: Nord Town: MARCQ-EN-BARŒUL Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Travaux SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Ville de Marcq-en-Baroeul 103 avenue Foch, BP 4029 Attn: commande publique file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 111 of 173 59704 Marcq-en-Barœul Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.marcq-en-baroeul.org Adresse du profil d’acheteur https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Ville de Marcq-enBaroeul 103 avenue Foch, BP 4029 59704 Marcq-en-Baroeul Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Ville de Marcq-en-Baroeul 103 avenue Foch, BP 4029 59704 Marcq-en-Baroeul Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_33zcYGH6Mc Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Ville de Marcq-en-Baroeul 103 avenue Foch, BP 4029 59704 Marcq-en-Baroeul Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Services généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Travaux de climatisation - local informatique de l'hôtel de ville. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesTravaux Exécution Code NUTS FR301 II.1.3) L’avis implique Un marché public file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 112 of 173 II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Travaux de climatisation - local informatique de l'hôtel de ville. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 42512000 II.1.8) Division en lots Non II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1. Conditions financières. Pondération 40 2. Moyens mis en oeuvre et qualité des matériels. Pondération 60 IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 11C030 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17.5.2011 - 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.achatpublic.com ou obtenu sur demande écrite à [email protected]. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Ville de Marcq-en-Baroeul - DCPAJ file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 113 of 173 103 av Foch 59704 Marcq-en-Baroeul Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS:21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 114 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Sancé: instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases Awarding Authority: SDIS DE SAÔNESAÔNE-ETET-LOIRE Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 131695 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 06/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 2 - Supply contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 6 - Body governed by public law Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 38420000 71800000 45331000 CPV Product Name: Instruments for measuring flow, level and pressure of liquids and gases Consulting services for water-supply and waste consultancy Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR263 Region Name: Saône-et-Loire Town: SANCÉ Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! AVIS DE MARCHÉ Fournitures SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT SDIS de Saône-et-Loire file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 115 of 173 4 rue des Grandes Varennes Attn: M. le président du conseil d'administration 71000 Sancé FRANCE Adresse(s) internet Adresse du profil d’acheteur https://marches.e-bourgogne.fr Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné(s) I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Fourniture, pose et maintenance d'un système de surveillance à distance des consommations, des réseaux d'eau, de détection automatique des fuites et de télépilotage dans les centres d'incendie et de secours. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des servicesFournitures Achat Code NUTS FR263 II.1.3) L’avis implique L’établissement d’un accord-cadre II.1.4) Informations sur l’accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l’ensemble de la durée de l’accord-cadre coût estimé hors TVA Fourchette: entre 58 528 et 234 113 EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Fourniture, pose et maintenance d'un système de surveillance à distance des consommations, des réseaux d'eau, de détection automatique des fuites et de télépilotage dans les centres d'incendie et de secours. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 38420000, 71800000, 45331000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 116 of 173 Non II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglemententBudget du SDIS. Paiement par mandat administratif suivant le délai maximum de 30 jours. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marchéLes candidats peuvent se présenter seuls ou en groupement d'entreprises. Le Pouvoir adjudicateur pourra exiger la transformation en groupement d'entreprises solidaires, dans les conditions de l'article 51 IV du code des marchés. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: — la lettre de candidature (imprimé DC1) ou équivalent contenant. L'imprimé sera accompagné des attestations de pouvoirs nécessaires, dûment signées par les personnes habilitées à engager le candidat, et en cas de groupement, la lettre de candidature désignant le mandataire sera complétée et signée par les cotraitants. — les déclarations sur l'honneur nécessaires et justifiant que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de soumissionner et qu'il est en règle vis-à-vis de toutes ces obligations fiscales et sociales (un formulaire DC7 ou NOTI2 peut utilement être joint), — en cas de redressement judiciaire, copie du ou des jugements portant l'autorisation de poursuite d'activité sera jointe au dossier. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:— présentation d'une liste indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; (DC2), — présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (DC2). SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 117 of 173 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1. valeur technique (dont la décomposition en sous-critères est indiquée au réglement de consultation). Pondération 602. prix. Pondération 40 IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur isjoncteureau2011 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 6.6.2011 - 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS Précisions des rubriques II.2 et II.3: Il n'y a pas d'option au sens du droit français. Il est indiqué qu'au sens du droit communautaire, le présent marché pourra faire l'objet de prestations similaires, de marchés complémentaires et d'avenants. Le marché est conclu à compter de la notification du marché jusqu'au 31.12.2014. La date prévionnelle de notification est prévue fin juillet 2011. Le marché est un marché à bons de commande article 77 du CMP. Obtention des dossiers: Dossier téléchargeable: https://marches.e-bourgogne.fr, ref disjoncteureau2011. Dossier papier après demande écrite: télécopie: +33 385353749 ou par courrier adressé au service des marchés ou par mail: [email protected]. Visites des sites représentatifs des installations facultative: les visites des sites représentatifs des installations du SDIS ne sont pas obligatoires, elles sont possibles avec un accompagnement des agents du service patrimoine durant la semaine 20. Les candidats peuvent prendre rendez-vous avec le service patrimoine au tél. +33 385353571. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Greffe Tribunal administratif de Dijon 22 rue d'Assas, BP 61616 21016 Dijon FRANCE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 118 of 173 Téléphone +33 380739100 Fax +33 380733989 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 119 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Talange: commissioning of heating installations Awarding Authority: MAIRIE DE TALANGE Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 131971 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 01/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 50721000 CPV Product Name: Commissioning of heating installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR413 Region Name: Moselle Town: TALANGE Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Mairie de Talange 46 - Grand'rue Attn: M. Abate Patrick, maire file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 120 of 173 57525 Talange FRANCE Téléphone +33 387708780 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Commune de Talange 46 - Grand'Rue Attn: M. Bailleux Jean, responsable service technique 57525 Talange FRANCE Téléphone +33 387708781 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Commune de Talange 46 - Grand'Rue Attn: M. Bailleux Jean, responsable service technique 57525 Talange FRANCE Téléphone +33 387708781 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Commune de Talange 46 - grand'rue Attn: M. Dietrich Jean-Marie, respensable service marchés et moyens 57525 Talange FRANCE Téléphone +33 387709112 Courrier électronique (e-mail): [email protected] I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Services généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché d'exploitation des installations thermiques et climatique d'une durée de 5 ans, sous forme P1 - P2 - P3. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Services Catégorie de services: n° 27 Lieu principal de prestation 46 rue grand 'rue, 57525 Talange, FRANCE. Code NUTS FR413 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 121 of 173 II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Objet: marché d'exploitation des installations thermiques et climatique d'une durée de 5 ans, sous forme P1 - P2 - P3. Référence: AO 2011/13. Caractéristiques principales: Le présent marché porte sur l'exploitation et la maintenance:— des installations thermiques en vue d'assurer la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, — des installations de traitement d'eau, — des installations de traitement d'air. L'exploitation et la maintenance des installations comprennent tout ou partie des prestations suivantes. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000 II.1.8) Division en lots Non II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION Durée en mois: 60 (à compter de la date d’attribution du contrat) SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:Financement par fonds propres, subventions et emprunt. Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif et le délai global de paiement est de 30 jours (article 98 du code des marchés publics). En cas de retard dans les paiements ou en cas de défaut de paiement (total ou partiel), le titulaire du marché aura droit à des intérêts moratoires dans les conditions règlementaires (décret no 2002-232 du 21.2.2002). III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 122 of 173 registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Critères de sélection des candidatures: capacité économique et financière. Référence professionnelle et capacité technique. III.2.4) Marchés réservés Non III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière Non III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation Oui SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur AO 2011/13 IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 1.6.2011 - 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS Le DCE et les plis peuvent respectivement être retiré et transmis par voie électronique depuis le site Internet du journal: www.republicain-lorrain.fr à partir de la rubrique marchés publics. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat: — Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire, file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 123 of 173 — Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner, — Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: voir spécifications énoncées dans le règlement consultation, — Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail, — Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles, — Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, — Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix, BP 51038 67070 Strasbourg Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323 Fax +33 388364466 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 20.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 124 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Strasbourg: commissioning of heating installations Awarding Authority: CONSEIL RÉGIONAL D'ALSACE Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 132002 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 06/06/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 06/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 50721000 CPV Product Name: Commissioning of heating installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR42 Region Name: Alsace Town: STRASBOURG Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! AVIS DE MARCHÉ Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Conseil régional d'Alsace 1 place Adrien-Zeller, BP 91006 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 125 of 173 Attn: président de la région Alsace 67070 Strasbourg Cedex FRANCE Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur http://www.region-alsace.eu Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Région Alsace 1 place Adrien-Zeller, BP 91006 Attn: service des marchés: S. Heitz (tél: +33 388156874) - direction de la construction: J-M Koestel (tél: +33 388156874) - energico Ingénierie: S. Benoit (tél: +33 384677312) 67070 Strasbourg Cedex FRANCE Téléphone +33 388156874 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 388156876 internet: http://www.region-alsace.eu Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Région Alsace 1 place Adrien-Zeller, BP 91006 Contact: service des marchés 67070 Strasbourg Cedex FRANCE internet: http://www.region-alsace.eu Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Région Alsace 1 place Adrien-Zeller, BP 91006 Contact: service des marchés 67070 Strasbourg Cedex FRANCE internet: http://www.region-alsace.eu I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur Marché d'exploitation des installations de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude de quatre lycées alsaciens relevant de la file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 126 of 173 compétence de la région Alsace. II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Services Catégorie de services: n° 1 Code NUTS FR42 II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Marché d'exploitation des installations de production et de distribution de chaleur et d'eau chaude de 4 lycées alsaciens relevant de la compétence de la région Alsace. Marché unique. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Non II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.2) Options Non SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Aucune garantie financière ne sera exigée. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Modalités de règlement des comptes: règlement des comptes selon les modalités du CCAG-FCS. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financement: financement sur ressources propres de la région Alsace (932-22-6228). III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marchéGroupement solidaire. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresNon III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 127 of 173 III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Critères de sélection des candidatures: 1-Capacités professionnelles; 2-capacités techniques; 3-capacités financières. Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 (voir règlement de la consultation). III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 et DC2 (voir le règlement de la consultation). III.2.4) Marchés réservés Non SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur11023DC IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents 6.6.2011 16:00 Documents payants Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 6.6.2011 - 16:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 128 of 173 français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Non SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE Non VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRESNon VI.3) AUTRES INFORMATIONS Les variantes sont définies dans le dossier de consultation des entreprises. La durée du marché est de 120 mois. Le délai d'exécution des prestations part de la date de notification du marché. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: Le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante: www.region-alsace.eu. Les candidats sont autorisés à transmettre, par voie électronique, leurs plis à l'adresse suivante: www.region-alsace.eu. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix, BP 1038 67070 Strasbourg Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323 Fax +33 388364466 Organe chargé des procédures de médiation Différends liés à la passation et l'exécution: TA de Strasbourg (adresse supra). Différends liés à l'exécution du marché: Comité consultatif interrégional du règlement amiable des litiges (art. 127 du code des marchés publics) préfecture de Meurthe-et-Moselle 1 rue du Préfet Claude-Erignac 54038 Nancy Cedex FRANCE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 129 of 173 Téléphone +33 383342523 Fax +33 383342224 VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Tribunal administratif de Strasbourg 31 avenue de la Paix, BP 1038 67070 Strasbourg Cedex FRANCE Courrier électronique (e-mail): [email protected] Téléphone +33 388212323 Fax +33 388364466 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 130 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-Nantes: heating works Awarding Authority: UNIVERSITÉ DE NANTES Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 132090 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 07/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: 6 - Body governed by public law Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45232141 42512000 CPV Product Name: Heating works Air-conditioning installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR51 Region Name: Pays de la Loire Town: NANTES Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: AVIS DE MARCHÉ Translate! Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Université de Nantes 1 quai de Tourville, BP 13522 Attn: M. Feuilloy Didier file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 131 of 173 44035 Nantes Cedex 1 FRANCE Téléphone +33 240998472 Courrier électronique (e-mail): [email protected] Fax +33 240998496 Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur https://www.univ-nantes.fr Adresse du profil d’acheteur https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de contact susmentionné(s) Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Université de Nantes 1 quai de Tourville, BP 13522 Attn: M. Feuilloy Didier 44035 Nantes Cedex 1 FRANCE Téléphone +33 240998472 Fax +33 240998496 internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_N2T320gO-4 Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact susmentionné (s) I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Organisme de droit public Éducation Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Services Catégorie de services: n° 1 Lieu principal de prestation Pays de la Loire. Code NUTS FR51 II.1.3) L’avis implique Un marché public file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 132 of 173 II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes. II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 45232141, 42512000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Oui II.1.8) Division en lots Oui il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots II.1.9) Des variantes seront prises en considération Non II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1) Quantité ou étendue globale Le marché est passé pour une durée initiale d'un an à compter du 1.10.2011. Il pourra être reconduit expressément 3 fois sur décision de l'université. Ce marché concerne à la fois la maintenance préventive des installations et la maintenance corrective. II.2.2) Options Non II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du contrat) INFORMATIONS SUR LES LOTSLOT n° 1 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - site Tertre. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 2 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - site Lombarderie. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 3 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - site Loire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 4 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - école file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 133 of 173 polytechnique de l'université de Nantes. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 5 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes institut universitaire de technologie de Nantes. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 6 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 7 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes institut universitaire de technologie et IUFM de la Roche-sur-Yon. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 8 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM de Nantes. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 9 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM d'Angers. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 10 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM du Mans. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000LOT n° 11 INTITULÉ entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes1) DESCRIPTION SUCCINCTE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 134 of 173 Entretien des installations de chauffage et de climatisation des bâtiments de l'université de Nantes - IUFM de Laval. 2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHÉS PUBLICS) 45232141, 42512000 SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglemententFinancement sur budget propre de l'université de Nantes. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Lettre de candidature permettant d'identifier la (les) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat (DC1 ou format libre); délégation de pouvoir si nécessaire. Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire (DC2 ou format libre). Déclaration sur l'honneur justifiant que la candidat n'entre dans aucun des cas de l'article 43 du CMP (DC2 ou format libre). III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclarations concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux prestations objets du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2 ou format libre). III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (DC2 ou format libre). Liste de références de prestations similaires fournies au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (DC2 ou format libre). Copies des accréditations et habilitations réglementaires pour la réalisation de chacune des vérifications demandées. III.2.4) Marchés réservés Non III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière Non III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation Oui SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 135 of 173 IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous1. Valeur technique. Pondération 50 2. Prix des prestations. Pondération 40 3. Moyens spécifiques mis en oeuvre pour les travaux urgents. Pondération 10 IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur 1101AOOS IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 7.6.2011 - 12:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 120 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.3.8) Modalités d’ouverture des offres Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres Non SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3) AUTRES INFORMATIONS La visite des sites universitaires est obligatoire, les dates sont précisées pour chacun des sites dans le règlement de la consultation. Tout dossier déposé sans certificat de visite sera écarté. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il peut également être téléchargé à l'adresse www.achatpublic.com (réf de la procédure: 1101aoos). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Tribunal administratif de Nantes6 allée de l'ile Gloriette 44000 Nantes FRANCE VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours Tribunal administratif de Nantes 6 allée de l'ile Gloriette 44000 Nantes FRANCE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 136 of 173 VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 137 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: F-VillefrancheVillefranche-dede-Rouergue: commissioning of heating installations Awarding Authority: COMMUNE DE VILLEFRANCHEVILLEFRANCHE-DEDE-ROUERGUE Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 132101 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 15/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 3 - Regional or local authority Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 50721000 CPV Product Name: Commissioning of heating installations Country Code: FR Original Language: FR Regional Codes: FR622 Region Name: Aveyron Town: VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! AVIS DE MARCHÉ Services SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT Commune de Villefranche-de-Rouergue promenade du Guiraudet, BP 392 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 138 of 173 Attn: M. le maire 12200 Villefranche-de-Rouergue FRANCE Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Commune de Villefranche-de-Rouerguepromenade du Guiraudet, BP 392 12200 Villefranche-de-Rouergue FRANCE Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Commune de Villefranche-de-Rouergue promenade du Guiraudet, BP 392 12200 Villefranche-de-Rouergue FRANCE internet: http://www.villefranchederouergue.fr Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Commune de Villefranche-de-Rouergue promenade du Guiraudet, BP 392, 12203 Villefranche-de-Rouergue Cedex ou contre récépissé: services techniques municipaux, place Bernard Lhez 12200 Villefranche-de-Rouergue FRANCE internet: http://www.villefranchederouergue.fr I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) Autorité régionale ou locale Services généraux des administrations publiques Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs Non SECTION II: OBJET DU MARCHÉ II.1) DESCRIPTION II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services Services Catégorie de services: n° 1 Lieu principal de prestation Villefranche-de-Rouergue. Code NUTS FR622 II.1.3) L’avis implique Un marché public II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats Prestations de services et de garanties pour l'exploitation de diverses installations de chauffage, de climatisation, de production d'eau chaude et de VMC. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 139 of 173 II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) 50721000 II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) Non II.1.8) Division en lots Non II.1.9) Des variantes seront prises en considération Oui II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1) Quantité ou étendue globale Marché ordinaire unique. II.2.2) Options Oui description de ces options: Des avenants ou décisions de poursuivre et des marchés complémentaires pourront etre conclus au cours de l'exécution du contrat. II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION À compter du 30.9.2011. Jusqu’au 30.9.2016 SECTION III: RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Aucune garantie financière n'est exigée. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix unitaires. Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5,000 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-FCS. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: budget général de la commune. III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché Aucune forme de groupement imposée à l'attributaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: — en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, — en qualité de membres de plusieurs groupements. III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulièresOui Le marché débutera à compter du 30.9.2011 jusqu'au 30.9.2016. III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 140 of 173 à l'article 43 du CMP; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail. III.2.2) Capacité économique et financière Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels; bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. III.2.3) Capacité technique Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années; liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de meme nature que celle du contrat; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature; description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise; renseignements relatifs à la nationalité du candidat pour les contrats passés dans le domaine de la défense. III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière Non III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation Non SECTION IV: PROCÉDURE IV.1) TYPE DE PROCÉDURE IV.1.1) Type de procédure Ouverte IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION IV.2.1) Critères d’attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l’invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée Non IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur11/03/04 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché Non IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 141 of 173 Documents payants Non IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 15.6.2011 - 09:00 IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation français. IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en jours: 90 (à compter de la date limite de réception des offres) SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ PÉRIODIQUE Non VI.2) LE MARCHÉ S'INSCRIT DANS UN PROJET/PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS COMMUNAUTAIRESNon VI.3) AUTRES INFORMATIONS Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Les offres peuvent etre transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le niveau II (équivalent classe 3) de la PRIS V1 (politique de référencement intersectoriel de sécurité). Le certificat de signature utilisé doit etre référencé sur la liste disponible à l'adresse suivante: http://www.entreprises.minefe.gouv.fr/certificats/. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Il est conseillé aux candidats de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.4.2011. VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 142 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: PLPL-Wągrowiec: waste disposal site construction work Awarding Authority: MIĘ MIĘDZYGMINNE SKŁ SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W WĄ WĄGROWCU Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 129707 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 30/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 31/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 1 - Works Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 6 - Body governed by public law Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 1 - Lowest price CPV Product Code: 45222110 45111200 45223000 45223220 45223300 45223500 45233120 45311000 45310000 45316000 45317300 45316100 45330000 45231000 45232440 45320000 45331100 45321000 45331110 45340000 45111291 45112710 44112100 42996400 43411000 90510000 CPV Product Name: Waste disposal site construction work Site preparation and clearance work Structures construction work Structural shell work Parking lot construction work Reinforced-concrete structures Road construction works Electrical wiring and fitting work Electrical installation work Installation work of illumination and signalling systems Electrical installation work of electrical distribution apparatus Installation of outdoor illumination equipment Plumbing and sanitary works Construction work for pipelines, communication and power lines Construction work for sewage pipes Insulation work Central-heating installation work Thermal insulation work Boiler installation work Fencing, railing and safety equipment installation work Site-development work Landscaping work for green areas Shelters Mixer units Sorting and screening machines Refuse disposal and treatment Country Code: PL Original Language: PL Regional Codes: PL418 Region Name: Poznański Town: WĄGROWIEC Internet Address: Main Activities file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 143 of 173 Successful Bidder: Original Text: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Translate! Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄ ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu ul. Grunwaldzka 2 Kontaktowy: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu Do wiadomości: Tomasz Napiecek 62-100 Wągrowiec POLSKA Tel. +48 672685118 E-mail: [email protected] Faks +48 672685118 Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.msok.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Podmiot prawa publicznego Środowisko Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Roboty budowlane Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Gmina Wągrowiec. Kod NUTS PL418 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 144 of 173 II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania. Odpadów (dalej - ZZO) Nowe – Toniszewo - Kopaszyn i stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadów, dzięki której powstaną warunki do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Docelowo ZZO obsługiwać będzie 146 221 mieszkańców następujących gmin: M. Wągrowiec, Gm. Wągrowiec, M. i Gm. Skoki, Gm. Mieleszyn, M. i Gm. Szamocin, M. Chodzież, Gm. Chodzież, Gm. Budzyń, Gm. Damasławek, Gm. Margonin, M. i Gm. Gołańcz, Gm. Wapno, Gm. Ryczywół, Gm. Mieścisko, M. i Gm. Rogoźno. W wyniku zrealizowania inwestycji możliwe będą działania w zakresie: sortowania odpadów komunalnych, kruszenia odpadów budowlanych, przetwarzania odpadów wielkogabarytowych, utylizacji odcieków i ścieków komunalnych, czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych z odpadów komunalnych oraz kompostowania. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w miejscowościach Nowe - Toniszewo - Kopaszyn, gm. Wągrowiec obejmować będzie: 1) budowę i wyposażenie w niezbędne urządzenia, sprzęt i materiały obiektów technicznych, administracyjnego i technologicznych oraz towarzyszącej infrastruktury Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 2) dostawę i montaż maszyn, urządzeń i sprzętu, 3) rozruch i przeszkolenie załogi oraz przekazanie obiektu Zamawiającemu. 2.2.1 Podstawowe segmenty technologiczne i techniczne Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO): a) segment przyjmowania, rejestracji i ewidencji odpadów; b) segment sortowania odpadów z prasą do wyciskania odpadów; c) segment przetwarzania biologicznego odpadów; d) segment demontażu kruszenia, odpadów budowlanych i wielkogabarytowych; e) segment czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych; f) plac czasowego deponowania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych; g) segment warsztatowy na sprzęt zakładowy z zapleczem sanitarnym; h) segment administracyjny; i) drogi i place manewrowe wewnątrzzakładowe; j) system monitoringu Zakładu; k) system zagospodarowania wód deszczowych; l) sieci i instalacje wewnątrzzakładowe; m) pas zieleni izolacyjnej. n) nowa kwatera ziemna do składowania odpadów. 2.2.2 Obiekty techniczne i technologiczne tworzące ZZO: 1) Ob. nr 101 – Miejsca parkingowe na samochody osobowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m x 17 sztuk, P = 212,5 m2; 2) Ob. nr 102 – Budynek socjalno - sanitarny o Pcałkowitej = 421,6 m2; 3) Ob. nr 103 – Hala sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i doczyszczania materiałów opakowaniowych o Pzew. = 1 748,00 m2; 4) Ob. nr 104 – Zadaszone boksy do gromadzenia odpadów opakowaniowych — 9 boksów, każdy o P = 39,0 m2, Pcałkowite = 351,00 m2 oraz dwa boksy, każdy o P = 120,0 m2, Pcałkowite = 240,00 m2 Razem powierzchnia wszystkich boksów P = 591,00 m2. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 145 of 173 5) Ob. nr 105 – Zbiornik na wody opadowe, rozbudowa istniejącego bunkra na odpady niebezpieczne. Istniejący bunkier zaadaptowany zostanie na podziemny zbiornik wód opadowych. Do zbiornika zostaną doprowadzone wody opadowe z dróg i placów poprzez separator i osadnik; 6) Ob. nr 106 – Separator koalescencyjny wraz z osadnikiem; 7) Ob. nr 107 – Warsztat naprawczy z jednym kanałem do podręcznej obsługi samochodów zakładowych i pojemników wraz z zapleczem techniczno–magazynowym i wyposażeniem w urządzenia i narzędzia, P = 225,10 m2; 8) Ob. nr 108 – Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne pochodzące z budynku socjalnego – sanitarnego; 9) Ob. nr 109 – Stacja transformatorowa kontenerowa; 10) Ob. nr 110 – Plac ziemny utwardzony przeznaczony do przyjęcia odpadów budowlanych o P = 674,50 m2 oraz plac z asfaltobetonu przeznaczony na ustawienie urządzenia rozdrabniającego wraz z placem utwardzonym wokół maszyny o P = 60,0 m2; 11) Ob. nr 111 – Plac przejazdowy dla ładowarki; 12) Ob. nr 112 – Wiata kompostowania odpadów; 13) Ob. nr 113 - Wentylatorownia – obiekt kubaturowy, w konstrukcji lekkiej zabudowy, stanowiący element technologiczny przy wiacie kompostowania odpadów. Powierzchnia zabudowy 138,38 m2, kubatura 537 m3; 14) Ob. nr 114 – Biofiltry betonowe, 24 sztuk – elementy żelbetowe, otwarte, po 12 sztuk z każdej strony wentylatorowi, każdy o wymiarach 3 m x 6 m, 6 m x 42 m, H = 3 m, P = 252 m2 x 2 sztuki, P = 504 m2; 15) Ob. nr 115 - Zbiornik ścieków technologicznych odcieków pochodzących z procesu kompostowania w ob. nr 113 i 114 wraz z przepompownią odcieków i instalacją zraszania pryzm kompostowych; 16) Ob. nr 116 – Plac gotowego kompostu; 17) Ob. nr 117 – Zieleń ozdobna i trawa o P = 1 304,70 m2; 18) Ob. nr 118 – Place technologiczne i drogi utwardzone z asfaltobetonu przystosowane do ruchu ciężkiego o P = 6 256,60 m2; 19) Ob. nr 119 - Plac do gromadzenia i demontażu odpadów wielkogabarytowych; 20) Ob. nr 120 - Plac przewidziany pod rozbudowę zakładu; 21) Ob. nr 121 Zbiornik ścieków sanitarnych – zbiornik podziemny na gromadzenie ścieków bytowych; 22) Ob. nr 122 - Zadaszony plac na osady ściekowe i odpady strukturalne. Obiekt przylegać będzie bezpośrednio do kompostowni. Będzie to płyta żelbetowa z izolacją z folii grubości 2 mm, częściowo zadaszona. Spadek na płycie w kierunku ścieku zakończonego kratką. Powierzchnia zabudowy 384 m2; 23) Ob. nr 123 - Kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne – o powierzchni w koronie 24 000 m2; 24) Ob. nr 124 - Zbiornik ścieków technologicznych; 25) Ob. nr 125 - Stacja magazynowo redukcyjna na propan – zlokalizowana ze względu na odległości od obiektów, parkingów itd. w części północnej zakładu. W stacji przewiduje się budowę 2 zbiorników na propan o pojemności V = 4,8 m3 każdy. Zbiorniki zostaną umieszczone na płycie o wymiarach ok. 4 m x 5m = 20 m2. Gaz propan będzie pobierany do zasilania 2 kotłowni; 26) Ob. nr 126 – Stacja na olej napędowy – plac przeznaczony jest na ustawienie dystrybutorów do tankowania pojazdów, zbiornika na olej napędowy. Plac w całości zadaszony wiatą 5 x 18,5 = 92,5 m2 i 3 x 18,5= 55,5 m2 (razem 148 m2); 27) Ob. nr 127 – Droga dla kompaktora – przeznaczona do ruchu kompaktora obsługującego kwatery odpadów innych niż niebezpieczne o szer. 4,5 m; 28) Ob. nr 128 – Droga przeciwpożarowa zapewniająca dojazd do kwater składowania odpadów o szerokości 4 m; 29) Ob. nr 129 – Studnia pompowania odcieków – usytuowana przy kwaterze składowania odpadów i istniejącym zbiorniku na odcieki; 30) Ob. nr 130 – Brodzik dezynfekcyjny; file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 146 of 173 31) Ob. nr 131 - Zbiornik na ścieki z brodzika. 2.2.3 Sprzęt ruchomy niezbędny do funkcjonowania Zakładu. 1) Wykaz sprzętu: a. Ładowarka kołowa (teleskopowa) o pojemności łyżki 2 m3 i widłami 1 200 mm b) Ładowarka kołowa (przegubowa) o pojemności łyżki 3,5 m3 c) Samochód ciężarowy z nadbudową hakową z urządzeniem hakowym o udźwigu 20 t d) Samochód ciężarowy z nadbudową hakową z urządzeniem hakowym o udźwigu 10 t e) Zamiatarka uliczna f) Wózek widłowy o udźwigu 500 kg z chwytakiem do chwytania balotów, łyżką o poj.1 m3 i z widłami g) Kruszarka do gruzu budowlanego mobilna do uzyskania granulacji 12,5 mm do 50 mm h) Rębarka do gałęzi mobilna z możliwością rozdrabniania materiału o grubości 9’’ i) Rozdrabniarko-mieszarka pojemności komory min. 14 m3 j) Bramowa samojezdna przerzucarka do kompostu o powierzchni pryzmy 10 - 14 m2 2) Wszystkie maszyny i urządzenia należy wyposażyć w kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi maszyny w języku polskim. Maszyny fabrycznie nowe - wymagany rok produkcji 2011, 2012. 3) Wraz z maszynami (dla każdej) należy dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi maszyny w języku polskim, katalog części zamiennych, deklarację zgodności CE oraz DTR. 4) Parametry techniczno – użytkowe maszyn zawiera załącznik nr 10. 2.2.4 Rozruch technologiczny kompostowni i sortowni. 1. Rozruch technologiczny kompostowni należy przeprowadzić do osiągnięcia pełnych parametrów eksploatacyjnych określonych w dokumentacji projektowej tzn. osiągnięcia wydajności zagwarantowanej. 2. Rozruch technologiczny należy przeprowadzić na 1 pryzmie kompostowej, o wymiarach określonych w projekcie budowlanym technologicznym (opis na str. 56). 3. Rozruch technologiczny należy przeprowadzić zgodnie z projektem technologicznym. 4. W trakcie rozruchu technologicznego Wykonawca zobowiązany jest: a) prowadzić Dziennik Rozruchu, b) dokonywać wszystkich niezbędnych czynności, pomiarów, analiz, regulacji aparatury itp., c) wpisywać wszystkie przeprowadzone czynności do Dziennika Rozruchu. 5. Rozruch technologiczny należy prowadzić do momentu osiągnięcia następujących warunków: a) wszystkie urządzenia są sprawne technicznie, pracują zgodnie z (lub analogicznie) z założeniami projektowymi i DTR poszczególnych urządzeń, b) personel obsługujący kompostownię posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające samodzielną obsługę w okresie jej wstępnej eksploatacji, c) spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne związane z fazą rozruchu inwestycji, 6. Wykonawca opracuje dokumentację rozruchową i przekaże ją Zamawiającemu. 7. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić instrukcję eksploatacji kompostowni w języku polskim. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 147 of 173 8. Przed rozpoczęciem rozruchu wykonawca jest obowiązany do wyposażenia kompostowni w sprzęt i materiały BHP oraz p.poż., a także w instrukcje BHP i p.poż. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 45222110, 45111200, 45223000, 45223220, 45223300, 45223500, 45233120, 45311000, 45310000, 45316000, 45317300, 45316100, 45330000, 45231000, 45232440, 45320000, 45331100, 45321000, 45331110, 45340000, 45111291, 45112710, 44112100, 42996400, 43411000, 90510000 II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) Nie II.1.8) Podział na części Nie II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres Wybudowanie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (dalej - ZZO) Nowe – Toniszewo Kopaszyn i stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadów, na podstawie dokumentacji projektowej. II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Rozpoczęcie 20.6.2011. Zakończenie 30.11.2012 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 1 000 000 złotych słownie: jeden milion złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank: PEKAO Bank Polski S.A I Oddział Wągrowiec. Nr rachunku: 71 1240 3725 1111 0000 4059 3119 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe – Toniszewo – Kopaszyn. 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: a) nazwa i adres Zamawiającego; file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 148 of 173 b) nazwę przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres Wykonawcy; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w pkt 5. 7. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 8. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 9. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do jego wnoszenia. 12. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 14. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach: a) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, b) jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko-nania umowy, d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa za cenę ryczałtową obejmującą zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej, wskazań i wytycznych zawartych w SIWZ i STWiORB oraz przeszkolenie obsługi i rozruch technologiczny ZZO do osiągnięcia wydajności zagwarantowanej. 2) Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie przewidziane i nie wynikające z dokumentacji projektowej, a których wykonawca pomimo usilnych starań nie mógł przewidzieć. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 149 of 173 Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Dyrektora MSOK Sp. z.o.o. 3) Przedmiot zamówienia będzie finansowany z następujących źródeł: a). środki własne zamawiającego – MSOK Sp. z o.o. w Wągrowcu, b). środki pochodzące z budżetu Funduszu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet III. Środowisko przyrodnicze. Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi. 4) Wynagrodzenie wykonawcy jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia wynikającego swoim zakresem z pkt 1 i jakikolwiek błąd w jej obliczeniu nie ma znaczenia na poprawność oceny oferty. 5) Postawą ustalenia wynagrodzenia wykonawcy (ceny brutto oferty) będzie kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, wytycznych i zaleceń określonych w niniejszej Specyfikacji, STWiORB oraz wniosków wynikłych po dokonanej wizji lokalnej w miejscu wykonywania robót budowlanych. 6) Zamawiający przewiduje rozliczenia za wykonane części robót. Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez wykonawcę oraz protokół wykonania i odbioru częściowego robót (świadectwo przejściowe) zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski. 7) Harmonogram rzeczowo – finansowy należy opracować z wykorzystaniem tabeli elementów scalonych zawierających poszczególne elementy technologiczne wykonywania robót o stopniu szczegółowości wynikającym z dokumentacji projektowej. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien zawierać zakres rzeczowy wykonywania zamówienia, terminy realizacji i procentowy podział rozliczeń podanych w załączniku Nr 1a, z uwzględnieniem poniższych uwarunkowań: a) fakturowanie za wykonanie części robót - nie częściej niż jedna faktura na kwartał, wystawiona zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, po zakończeniu elementu lub elementów możliwych do odbioru, b) zapłata za wystawioną fakturę nastąpi po odbiorze robót i zatwierdzeniu jej przez Nadzór Inwestorski, c) nie przewiduje się faktury pro-forma, d) suma kwot z faktur za wykonywane części robót nie może przekroczyć 87,73 % ceny oferty, e) faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona na kwotę nie mniejszą niż 12,27 % całkowitej ceny oferty, po zakończeniu robót i odbiorze ich bez usterek w terminie przewidzianym na ich usunięcie ustalonym przez Zamawiającego oraz po dokonaniu rozruchu Zakładu i osiągnięciu zagwarantowanych wyników, f) kwota wystawionych faktur w 2011r nie może przekroczyć 10 500 000 PLN. 8) Zamawiający uzna zamówienie za wykonane, jeżeli przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane będą odebrane bez usterek i przedmiot zamówienia będzie spełniał warunki wynikające z jego przeznaczenia i wydana zostanie prawomocna decyzja na użytkowanie. 9) Zapłata za poszczególne faktury może następować z wykorzystaniem terminu odroczonej zapłaty - 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego protokołu odbioru robót i faktury sprawdzonej i zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski. 10) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 11) Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz banku lub innej instytucji finansowej ani też na rzecz innego podmiotu lub osób fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiającego będzie wykonawca wybrany w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 150 of 173 III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 2) muszą ustanowić pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 3) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, 4) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - nie dotyczy. 2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej: a) roboty budowlane polegające na budowie zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok, zawierających linię sortowniczą odpadów komunalnych niesegregowanych o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok wraz z rozruchem i uzyskaniem wymaganego efektu, b) kompostownię odpadów o wydajności min. 8 000 Mg/rok, c) kwaterę składowiska odpadów o powierzchni min. 2,0 ha, d) roboty związane z zagospodarowaniem terenu: budowę placów i dróg pod obciążenie ciężkie o pow. min. 3 000 m2 każda, a w tym min. jedna droga (plac) o nawierzchni z kostki betonowej i min. jedna droga (plac) o nawierzchni asfaltowej, e) budowę hali sortowniczej o pow. min. 2 000 m2 i kubaturze min. 20 000 m3, f) roboty budowlane polegające na wybudowaniu dowolnej kanalizacji grawitacyjnej z rur o średnicy min. 200 mm długości min. 200 mb, Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 151 of 173 wszystkim zobowiązanie się tego podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy conajmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych za kierowanie budową i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia). 3) Potencjał techniczny. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. kontenerowe miejsce pracy Nadzoru Inwestorskiego i Menagera Projektu, maszyny do prac ziemnych (koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu), dźwigiem o udźwigu min. 15t i wysięgu min. 25 m, dźwigiem o udźwigu min. 30 t, zgrzewarkami do folii PEHD, urządzeniami do kontroli jakości zgrzewu i badania szczelności zgrzewu folii PEHD, agregatami spawalniczymi, walcem drogowym, przewoźnym spalinowym agregatem prądotwórczym o mocy min. 16 kW, środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi, dostępem do wytwórni betonu i mas bitumicznych. Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającego doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, przy realizacji obiektów podobnych do przedmiotu zamówienia, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy realizacji zakładu gospodarki odpadami typu sortownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą typu drogi, przyłącza sieci itp., z których przynajmniej jeden miał przepustowość nie mniejszą niż 20 000 Mg/rok oraz udokumentowany udział w co najmniej jednym rozruchu technologicznym zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych o przepustowości nie mniejszej niż 20 000 Mg/rok, b) kierownikami robót: jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w montażu urządzeń sterowania procesami technologicznymi sortowni odpadów komunalnych; jeden z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej, c) specjalistą ds. montażu i rozruchu linii technologicznej segregacji odpadów posiadającym wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem i rozruchem linii technologicznych zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych, kierowanie montażem i rozruchem minimum linii segregacji odpadów komunalnych zakończonej odbiorem końcowym, d) specjalistą ds. rozruchu kompostowni posiadający wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe w kierowaniu montażem i rozruchem kompostowni zakończonego odbiorem końcowym. e) specjalistą posiadającym kwalifikacje i doświadczenie w zakresie kształtowania terenów zielonych, nasadzeń drzew i krzewów, f) kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać wykształcenie wyższe, stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw członkowskich UE, osoba która nabyła kwalifikacje file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 152 of 173 zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz posiada odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i posiada zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, g) posiadać średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w liczbie co najmniej 100 pracowników, w tym 10 osób personelu kierowniczego; Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji specjalisty ds. montażu i rozruchu linii technologicznej segregacji odpadów z funkcją specjalisty ds. montażu i rozruchu linii biologicznego przetwarzania odpadów. Osoba wskazana do pełnienia obu funkcji, musi spełniać wymagania dla obu łączonych funkcji. W przypadku nie spełniania wymogu znajomości języka polskiego przez ww. Kluczowych Specjalistów, Zamawiający dopuszcza spełnienie tego warunku poprzez zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumaczy języka polskiego, zapewniając w ten sposób stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a personelem Wykonawcy. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów zł), b) osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto ze sprzedaży w wysokości min. 30 000 000 PLN w każdym z okresów, c) posiadają wskaźnik płynności finansowej bieżącej za ostatni rok obrachunkowy w granicach 1,2 – 2 liczony jako stosunek aktywa bieżące do zobowiązania bieżące, d) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia, z tym że: suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 10 mln. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 153 of 173 W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 6) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p.; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonego przez wykonawcę do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. oraz dokumentów potwierdzających brak wykluczenia na zasadzie spełnia/nie spełnia. 2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w rozdziale VII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: a) każdy z osobna posiada uprawnienia do prowadzenia działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz że brak jest podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy P.z.p., b) wspólnie muszą wykazać, że spełniają warunki dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych niezbędnych do wykonania zamówienia i są ubezpieczeni w zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności na kwotę wymaganą w SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oceniany będzie łącznie ich potencjał techniczny i kadrowy, wiedza i doświadczenie oraz sytuacja finansowa (nie dotyczy sytuacji ekonomicznej). Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy do oferty: 1. Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Nr 2); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzające, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 154 of 173 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.1.1 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 1.1.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 ppkt 2 – 6): 1) ppkt 2 - 4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy. 1.1.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1.1.2 ppkt 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1.1.2 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 1.1.4 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.1.2 ppkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 7) oświadczenie o spełnianiu warunków niezbędnych przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy P.z.p. (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika); 8) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 9) oświadczenie dotyczące posiadania lub dostępu do narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 10) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności; file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 155 of 173 11) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie; 12) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 13) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 14) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 15) sprawozdania finansowego albo jego części (rachunek zysków i strat i bilans), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 1.3 Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest do wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 1, że w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia. 1.4 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 1.3, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, sprawozdania finansowego albo jego części (rachunku zysków i strat i bilansu) oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy. a) posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów zł), b) osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto ze sprzedaży w wysokości min. 30 000 000 PLN w każdym z okresów, c) posiadają wskaźnik płynności finansowej bieżącej za ostatni rok obrachunkowy w granicach 1,2 – 2 liczony jako stosunek aktywa bieżące do zobowiązania bieżące, d) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 30 000 000 PLN na wszystkie zdarzenia, z tym że: suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 10 000 000. III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego oświadczenia, na zasadzie spełnia-nie spełnia. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 156 of 173 wykonawcy, którzy będą dysponować urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. kontenerowe miejsce pracy Nadzoru Inwestorskiego i Menagera Projektu, maszyny do prac ziemnych (koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu), dźwigiem o udźwigu min. 15 t i wysięgu min. 25 m, dźwigiem o udźwigu min. 30 t, zgrzewarkami do folii PEHD, urządzeniami do kontroli jakości zgrzewu i badania szczelności zgrzewu folii PEHD, agregatami spawalniczymi, walcem drogowym, przewoźnym spalinowym agregatem prądotwórczym o mocy min. 16 kW, środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi, dostępem do wytwórni betonu i mas bitumicznych. III.2.4) Zamówienia zastrzeżone Nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą ZP.271.1.2011 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 30.5.2011 - 15:00 Dokumenty odpłatne Nie IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 31.5.2011 - 10:00 IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 31.5.2011 - 11:00 Miejsce Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.5.2011 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Wągrowiec przy ul. Kościuszki 15a, sala narad. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 157 of 173 VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Tak odniesienie do projektów i/lub programów: Przedsięwzięcie będzie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Priorytet III. Środowisko przyrodnicze. Działanie 3.1. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Umowa Nr UDA-RPWP.03.01.01-30-002/10-00 zawarta dnia 9.12.2010 r. VI.3) INFORMACJE DODATKOWE 1. Termin realizacji zadania: 1) rozpoczęcie wykonywania przedmiotu zamówienia – po przekazaniu terenu budowy (planowany termin - 20.6.2011 r.); 2) zakończenie wykonywania robót budowlanych, wyposażenie obiektów w sprzęt i narzędzia, dostawa i montaż urządzeń – do 30.10.2012 r., 3) dostawa sprzętu ruchomego w okresie 1-30.10.2012 r., 4) zakończenie wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z rozruchem i osiągnięciem zagwarantowanych wyników – do 30.11.2012 r. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach: 1) Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie,jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) Jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeżeli uzna, że kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których Zamawiający był zobowiązany), c) przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej, d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych nieobjętych umową, file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 158 of 173 e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie. 6) Wykonawca może wnieść o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyższej, klęski żywiołowej e) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych. 7) Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 8) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 9) Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, a zastosowanie przewidzianych rozwiązań będzie niekorzystnym wykonaniem przedmiotu umowy, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit. e będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom. Każde ze wskazanych w lit. a–e zmian może być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez strony. 10) Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 159 of 173 kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę, c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w SIWZ i ofercie wykonawcy, d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy. VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: [email protected] Tel. +48 224587801 Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700 VI.4.2) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w DUUE lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 160 of 173 ul. Postępu 17A 02-676 Warszawa POLSKA E-mail: [email protected] Tel. +48 224587840 Internet: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587700 VI.5) DATA WYSŁ WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁ OGŁOSZENIA: 20.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 161 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: SESE-Skellefteå: plumbing and sanitary works Awarding Authority: SKELLEFTEBOSTÄDER AB Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 130353 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 27/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 31/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: R - Regional or local Agency/Office Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 8 - Not defined CPV Product Code: 45330000 45331000 CPV Product Name: Plumbing and sanitary works Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: SE Original Language: SV Regional Codes: SE331 Region Name: Västerbottens län Town: SKELLEFTEÅ Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: Translate! MEDDELANDE OM UPPHANDLING Tjänster AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER) Skelleftebostäder AB Skeppargatan 8 Att: Haldo Jonsson file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 162 of 173 SE-931 30 Skellefteå SVERIGE Telefon +46 910736518 E-post: [email protected] Internetadress(er) Upphandlande myndighet http://www.skebo.nu Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er) Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Visma Opic AB Box 396 Att: Beställning SE-581 04 Linköping SVERIGE E-post: [email protected] Fax +46 134747560 Internet: http://www.opic.com/notice.asp?req=diclkvpx Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till: Husbyggnadsvaror HBV förening Box 42059 Att: Mårten Kempe SE-126 13 Stockholm SVERIGE Telefon +46 855676528 E-post: [email protected] Fax +46 855676503 Internet: http://www.hbv.se I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER Regionalt eller lokalt organ Bostadsförsörjning och samhällsutveckling Anskaffar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar? Nej AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen VS-arbeten, Skelleftebostäder AB. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 163 of 173 Tjänster Tjänstekategori: nr 1 Huvudplats för utförandet Skellefteå. Arbeten inom Skellefteå kommun inte bara tätorten. NUTS-kod SE331 II.1.3) Meddelandet gäller: En offentlig upphandling II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna Löpande VS-arbeten fördelade på fler delområden. Arbeten avser främst reparation, ombyggnad och servicearbeten (åtgärd vid avloppstopp). II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer) 45330000, 45331000 II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling Ja II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera delar? Ja ange om anbud ska lämnas för en eller flera delar II.1.9) Accepteras alternativa anbud? Nej II.2) UPPHANDLINGENS MÄNGD ELLER OMFATTNING II.2.2) Option Ja beskriv optionen: Beställaren har rätt att förlänga kontrakt med ytterligare 1 år, dock max. 2 ggr. Antal eventuella förlängningar: 2 II.3) KONTRAKTETS LÖPTID ELLER TIDSFRIST FÖR SLUTFÖRANDE datum för påbörjande 1.9.2011. datum för slutförande 31.8.2013 INFORMATION OM DELARDELKONTRAKT NR 1 BENÄMNING Delområde Skellefteå centralort 1) KORT BESKRIVNING Flera delområden som avser VS-arbeten inom Skellefteå centralort inkl. Skelleftehamn. 2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER) 45330000, 45331000 4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet) DELKONTRAKT NR 2 BENÄMNING Delområde VS-arbeten övriga orter 1) KORT BESKRIVNING file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 164 of 173 Löpande VS-arbeten delområde övriga orter. 2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER) 45330000, 45331000 4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM Antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet) AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande Öppet IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att användas Nej IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggörande angående samma upphandling Nej IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar 27.5.2011 - 14:00 Är handlingarna avgiftsbelagda? Nej IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 31.5.2011 - 23:59 IV.3.6) Språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud Antal dagar 90 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud) IV.3.8) Anbudsöppning Plats HBV, Svandammsvägen 24 Hägersten SVERIGE. Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden Nej AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR DETTA EN ÅTERKOMMANDE UPPHANDLING? Nej VI.2) ÄR KONTRAKTET KNUTET TILL PROJEKT OCH/ELLER PROGRAM SOM FINANSIERAS MED GEMENSKAPSMEDEL? Nej VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=diclkvpx. Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen. VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 165 of 173 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 166 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: SESE-Skellefteå: electrical installation work Awarding Authority: SKELLEFTEBOSTÄDER AB Publication Date: 22/04/2011 Number of Document: 130354 Official Journal No.: 79/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: 27/05/2011 Deadline for Tender / Participation Requests: 31/05/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 5 - European Communities, with participation by GPA countries Type of Awarding Authority: R - Regional or local Agency/Office Type of Bid Required: 3 - Global or partial tender Awarding Criteria: 2 - The most economic tender CPV Product Code: 45310000 45315000 45316000 45317000 CPV Product Name: Electrical installation work Electrical installation work of heating and other electrical building-equipment Installation work of illumination and signalling systems Other electrical installation work Country Code: SE Original Language: SV Regional Codes: SE331 Region Name: Västerbottens län Town: SKELLEFTEÅ Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: MEDDELANDE OM UPPHANDLING Translate! Tjänster AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER) Skelleftebostäder AB Skepppargatan 8 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 167 of 173 Att: Haldo Jonssn SE-931 30 Skellefteå SVERIGE E-post: [email protected] Internetadress(er) Upphandlande myndighet http://www.skebo.nu Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Husbyggnadsvaror HBV förening Box 42059 Att: Mårten Kempe SE-126 13 Stockholm SVERIGE Telefon +46 855676528 E-post: [email protected] Fax +46 855676503 Internet: http://www.hbv.se Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Visma Opic AB Box 396 Att: Beställning SE-581 04 Linköping SVERIGE E-post: [email protected] Fax +46 134747560 Internet: http://www.opic.com/notice.asp?req=digjnvkk Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till: Ovan nämnda kontaktpunkt(er) I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER Regionalt eller lokalt organ Bostadsförsörjning och samhällsutveckling Anskaffar den upphandlande myndigheten på andra upphandlande myndigheters vägnar? Nej AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen Årsavtal EL-arbeten, Skelleftebostäder AB. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande Tjänster file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 168 of 173 Tjänstekategori: nr 1 Huvudplats för utförandet Skellefteå. Arbeten med EL-installation inom hela kommunen. NUTS-kod SE331 II.1.3) Meddelandet gäller: Upprättande av ett ramavtal II.1.4) Information om ramavtal Ramavtalets löptid: antal år: 2 II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna Årsavtal med flera EL-entreprenörer för ELarbeten på resp. delentreprenad. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer) 45310000, 45315000, 45316000, 45317000 II.1.7) Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling Ja II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera delar? Ja ange om anbud ska lämnas för en eller flera delar II.1.9) Accepteras alternativa anbud? Nej II.2) UPPHANDLINGENS MÄNGD ELLER OMFATTNING II.2.2) Option Ja beskriv optionen: Beställaren har rätt att förlänga kontrakt med ytterligare 1 år, dock max. 2 ggr. Antal eventuella förlängningar: 2 II.3) KONTRAKTETS LÖPTID ELLER TIDSFRIST FÖR SLUTFÖRANDE datum för påbörjande 1.9.2011. datum för slutförande 31.8.2013 INFORMATION OM DELARDELKONTRAKT NR 1 BENÄMNING EL-arbeten inom Skellefteå centralort inkl. Skelleftehamn 1) KORT BESKRIVNING6 st. delkontrakt för Skellefteå centralort. 2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER) 45310000, 45316000, 453170004) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUMstartdatum 1.6.2011. slutdatum 31.5.2013 DELKONTRAKT NR 2 BENÄMNING EL-arbeten i ytterområden inom Skellefteå kommun 1) KORT BESKRIVNING 7 st. delkontrakt i ytteromården inom Skellefteå kommun. Följande orter: — Kåge, file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 169 of 173 — Boliden, — Bureå, — Byske, — Jörn, — Burträsk samt, — Lövånger. 2) GEMENSAM TERMINOLOGI VID OFFENTLIG UPPHANDLING (CPV-REFERENSNUMMER) 45310000, 45316000, 45317000 4) AVVIKELSE FRÅN PLANERAD LÖPTID FÖR KONTRAKT ELLER ANNAT START-/ SLUTDATUM startdatum 1.6.2011. slutdatum 31.5.2013 AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION III.3) SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TJÄNSTEKONTRAKT III.3.1) Är utförandet av tjänsten förbehållet en bestämd yrkeskategori? Ja EL-installatörer med erforderlig EL-behörighet. AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande Öppet IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER IV.2.1) Tilldelningskriterier det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller i det beskrivande dokumentet IV.2.2) En elektronisk auktion kommer att användas Nej IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.2) Tidigare offentliggörande angående samma upphandling Nej IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar 27.5.2011 - 14:00 Är handlingarna avgiftsbelagda? Nej IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 31.5.2011 - 23:59 IV.3.6) Språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud Antal dagar 90 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud) IV.3.8) Anbudsöppning Plats HBV Svandammasvägen 24, Hägersten, SVERIGE. file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 170 of 173 Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden Nej AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.1) ÄR DETTA EN ÅTERKOMMANDE UPPHANDLING? Nej VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=digjnvkk. Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen. VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 171 of 173 PREVIOUS TOP NEXT Title of Document: SESE-Finspång: heatheat-recovery systems Awarding Authority: VALLONBYGDEN AB Publication Date: 23/04/2011 Number of Document: 132029 Official Journal No.: 80/2011 Referenced Documents: Deadline For Specifications: Deadline for Tender / Participation Requests: 30/06/2011 Relevancy: Excellent Type of Document: 3 - Contract notice Nature of Contract: 4 - Service contract Type of Procedure: 1 - Open procedure Regulation of Procurement: 4 - European Communities Type of Awarding Authority: 8 - Other Type of Bid Required: 1 - Global tender Awarding Criteria: 8 - Not defined CPV Product Code: 44622000 45251200 45311200 45315100 45330000 45331000 CPV Product Name: Heat-recovery systems Heating plant construction work Electrical fitting work Electrical engineering installation works Plumbing and sanitary works Heating, ventilation and air-conditioning installation work Country Code: SE Original Language: SV Regional Codes: SE123 Region Name: Östergötlands län Town: FINSPÅNG Internet Address: Main Activities Successful Bidder: Original Text: MEDDELANDE OM UPPHANDLING Translate! Tjänster AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER) Vallonbygden AB Stora Allén 25 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 172 of 173 SE-612 21 Finspång SVERIGE E-post: [email protected] Ytterligare upplysningar kan erhållas från: Ovannämnda kontaktpunkt(er) Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från: Visma Opic AB Box 396 Att: Beställning SE-581 04 Linköping SVERIGE E-post: [email protected] Fax +46 134747560 Internet: http://www.opic.com/notice.asp?req=digmmwsw Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till: Ovan nämnda kontaktpunkt(er) I.2) TYP AV UPPHANDLANDE MYNDIGHET OCH HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETER Annan Kommun AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL II.1) BESKRIVNING II.1.1) Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen Konvertering till Färdig Värme. II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande Tjänster Tjänstekategori: nr 27 Huvudplats för utförandet Finspång. NUTS-kod SE123 II.1.5) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna Konvertering av befintlig värmekälla till leverans av hetvatten. II.1.6) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer) 44622000, 45251200, 45311200, 45315100, 45330000, 45331000 II.1.8) Är kontraktet uppdelat i flera delar? Nej AVSNITT III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION AVSNITT IV: FÖRFARANDE IV.1) TYP AV FÖRFARANDE IV.1.1) Typ av förfarande Öppet file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011 Results of Opportunities Data Search Page 173 of 173 IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 30.6.2011 - 12:00 IV.3.6) Språk som kan användas i anbud eller anbudsansökningar svenska. IV.3.7) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud Antal dagar 60 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud) AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR VI.3) KOMPLETTERANDE INFORMATION OPIC-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=digmmwsw. Anbudsgivaren bekostar beställning av papperskopior av förfrågningsunderlagen. VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS: 21.4.2011 file://C:\Documents and Settings\s.lovato\Impostazioni locali\Temp\notes2EA916\Dis... 27/04/2011